1
U.S. Embassy Tunis
Commercial Section
African Development Bank Trade
Leads
January 2012
(Assistance to U.S. Companies)
The US Embassy commercial liaison with the African Development Bank (AfDB) and with U.S.
companies on matters related to AfDB programs and projects:
- Is in charge of commercial opportunities related to the AFDB
- Identifies business opportunities for U.S. businesses
- Provides counsel on how to approach the Bank and borrowing governments
- Advocates on behalf of U.S. businesses to ensure project bids receive fair consideration in
relation to other project bids.
For more information, please contact [email protected]
PROCUREMENT TYPES
General Procurement Notices (GPNs)
General procurement notices (GPNs) are published once a project is approved by the Boards of
Directors of the Bank and contain information about the project including procurement
envisaged under the project.
These notices are also published on United Nations Development Business (UNDB) Online.
Specific Procurement Notices (SPNs)
An SPN is a follow up of a GPN for invitation to bid, prepared by the Borrower (in consultation
with the Bank), which gives detailed information on a particular contract of a project under
International Competitive Bidding (ICB).
This notice is published simultaneously in UNDB and in newspapers of the Borrower's country.
Expressions of Interest (EOIs)
These are invitations to consultants to express their interest in a specific consultancy assignment.
Based on the capacity and capability of the interested consultants for the assignment, the
Borrower sends Requests for Proposals to a shortlist of consultants.
2
PROCUREMENT DOCUMENTS
Rules and Procedures for Procurement of Goods and Works (2008, revised July 2012)
Rules and Procedures for the Use of Consultants (2008, revised July 2012)
Standard Bidding Document: Procurement of Goods, User Guide
Standard Bidding Document: Procurement of Works, User Guide
Standard Bidding Document: Procurement of Small Works, User Guide
Standard Bidding Document: Procurement of Plant Design, Supply, and Installation, User
Guide
The World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits January
2011
The World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank
Borrowers January 2011.
3
PROCUREMENT NOTICES
CLIMATE CHANGE
Project Procurement Deadline of
Submission
Mozambique - Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project
(BLICRP)
Bidding documents available in
December 2012
N/A
ECONOMIC & FINANCIAL GOVERNANCE
Democratic Republic of Congo - Support to civil society and government
in the context of REDD in Equateur Province (Link)
Bidding documents are
expected to be available in
January 2013
N/A
EDUCATION
Uganda Post-Primary Education and Training Expansion and
Improvement (AfDB Education IV) Project
International Competitive
Bidding
Feb 5, 2013
ENERGY & POWER
Morocco - Integrated wind and rural electrification - Procurement Plan
(GPP)
Will be published Jan 15, 2013 N/A
Burundi - Multinational Project for electrical interconnection of the
countries of the Nile Equatorial Lakes (Pmirel-Plen) - Design, procurement
of equipment, supplies and facilities – Specific Procurement Notice
Pre-Qualification Feb 18, 2013
ENVIRONMENT
Mozambique - Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project
(BLICRP)
Improved Infrastructures for
Food Security
N/A
HEALTH
Madagascar - Support to the fight against communicable diseases (HIV-
AIDS-STD-TB) - Building a national blood transfusion center in
Antananarivo CHU-JRA
Construction works Jan 25, 2013
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Congo - Computer equipment and office software for the general direction
of cadastre and topography.
Jan 29, 2013
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT
Senegal - Support to the promotion of the private sector Bidding documents are
expected to be available in
February 2013.
N/A
Ghana - Ghana Institutional Support Project to Oversight and Private
Sector Development Institutions
Bidding documents are
expected to be available in
January 2013
N/A
OTHERS
Tunisia - Letter of Invitation - Supply of a Corporate Cards Program for
the AfDB
Letter of Invitation Jan 18, 2013
Tunisia - Supply of a Corporate Cards Program for the AfDB Invitation for Bids Feb 14, 2013
Democratic Republic of Congo - Support for the development of rural
infrastructure (Padir)
Consulting Services Jan 18, 2013
4
INFRASTRUCTURE
Project Procurement Deadline for Submission
Ivory Coast - Integrated Management Watershed Gourou - Emergency
phase - The construction of dams and flood clippers culverts in the
watershed of the Gourou
Construction of
Dams
Feb 8, 2013
Ivory Coast - Integrated Management Watershed Gourou - Emergency
Phase - The rehabilitation of three existing dams clippers flood in the
watershed of the Gourou
Rehabilitation of
Dams
Feb 8, 2013
Sudan - Darfur Water Project for Conflict Resolution and Peace Building Bidding
documents are
expected to be
available in
January 2013.
N/A
Morocco - The water supply of the city of Settat from Daourat adduction -
Lot 5 - Remote control
Jan 30, 2013
Morocco - Project of the drinking water supply in the region of Marrakech Bidding
documents are
expected to be
available in
February 2013.
N/A
5
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO WOODS HOLE RESEARCH CENTER
Projet d’appui à la Société Civile et au Gouvernement dans le cadre de la REDD dans la
Province de l’Équateur (For a summary in English please email [email protected])
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
La République Démocratique du Congo a reçu de la Banque africaine de développement (FFBC)
un don en vue du financement Projet Pilote REDD, « Projet d’appui à la Société Civile et au
Gouvernement dans le cadre de la REDD dans la Province de l’Équateur ». L’agence
d’exécution dudit projet est le Woods Hole Research Center.
Le projet « Equateur »» a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin du
Congo et plus spécifiquement de : (a) améliorer la capacité des parties prenantes au
développement de stratégies REDD et les préparer à la gestion des fonds carbone et (ii)
concevoir la conception et la mise en oeuvre de projets pilotes REDD. Pour atteindre ses
objectifs, le projet se propose de tester des stratégies REDD sur des zones pilotes de la province
de l’Equateur.
Ses objectifs spécifiques sont : (i) Augmenter la couverture forestière et améliorer les conditions
de vie des populations riveraines des forêts; (ii) Etablir des conditions de base nécessaires pour
permettre à la RDC d’être éligible aux avantages des marchés du carbone et de paiement des
services d’écosystème. Les impacts du projet sont d’ordre environnemental, climatique, social,
institutionnel et financier/économique. En effet, le développement des plan du zonage et activités
de la gestion durable des forets communautaire intègre avec l’usage du terrain. Pour exemple par
l’installation des micro-Enterprise privés ou du boisement que entrainera une diminution de la
pression sur les forêts naturelles, ce qui contribuera ainsi à la conservation de la biodiversité et
développement social. Sur le plan climatique, le projet permettra la réduction d’émission de gaz
à effet de serre, grâce à l’augmentation du taux de couverture forestière et la réduction du rythme
de déforestation. Il contribuera à terme à la constitution des stocks de carbone et à la réduction
du réchauffement climatique.
Le projet comporte les composantes suivantes :
• Composante A : Gestion forestière et pratique durable ;
• Composante B : Suivi écologique et socio-économiques et données de références ;
• Composante C : Avantages des marchés du carbone et paiement des services d'écosystème ;
• Composante D : Gestion de projet
Les modes d’acquisition prévus pour les biens, travaux et services financés par le don sont
indiqués ci-après :
Biens
L’acquisition du matériel roulant (trois véhicules 4x4) se fera selon la procédure d’Appel
d’Offres National. Les équipements roulant (deux motos, vingt vélo, un hors bord) les
équipements informatiques et les meubles du bureau (Ordinateurs portables, Ordinateurs Desk
Top, etc.), le matériel de production de l’agriculture (sachets, semences, …), le matériel
spécialisé pour terrain (GPS, dendromètres, appareils photos GPS, …) et le matériel pour la mise
en place et l’entretien des micro-boisements seront acquis par consultation de fournisseurs.
Travaux
• Le marché pour travaux d'installation des area de séchage, et une bibliothèque pour lese
partenaires du projet a Mbandaka
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière
d’acquisition des biens et travaux, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, telles que modifiées
par les Procédures Opérationnelle du Fonds pour la Forêt du bassin du Congo (FFBC)
6
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la
Banque en matière d’utilisation des
consultants, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, telles que modifiées par les Procédures
Opérationnelle du Fonds pour la Forêt du bassin du Congo (FFBC). Les dossiers d’appel d’offres
devraient être disponibles en janvier 2013.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et confirmer
leur intention, à l’adresse suivante :
A l’attention de : Monsieur le Chef de Programme du WHRC Nom/ numéro de bâtiment :
Immeuble Botour
Étage : 1er niveau, app I A C
District : Gombe
Ville : Kinshasa
Pays : République Démocratique du Congo
Numéro de téléphone : +243 81 504 7953 ; +243 9 99 077 347 ; +1 508 444 1570
Numéro de télécopie : + 1 508 540 9700
Adresse électronique : [email protected]
Government of Mozambique
Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project (BLICRP)
GENERAL PROCUREMENT NOTICE
1. The Government of Mozambique has received a loan from the African Development Bank and
the Strategic Climate Fund to finance the Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience
Project (BLICRP).
2. The principal objective of this project is poverty reduction through increased value addition
and provision of climate resilient infrastructure for increased agricultural productivity. It is
designed in a compact, market-oriented and all inclusive manner to improve the farmers’
circumstances in the District. For the project to be successful, markets need to be available for
the produced commodities. To this end, the project will work closely with private-sector driven
agro-industries.
3. The project includes the following components :
3.1 Component A: Improved Infrastructures for Food Security
3.1.1 Sub-component 1: Marketing Infrastructure and Agro Processing
3.1.2. Sub-component 2: Improved Irrigation Infrastructure :
3.1.3 Sub-component 3: Rural Roads
3.2 Component B: Promotion of Farm Diversification
3.3 Component C: Project Management
4. Procurement of goods and/or works will be in accordance with the Bank's Rules and
Procedures for the Procurement of Goods and Works. Acquisition of the services of Consultants
will follow the Bank's Rules and Procedures for the Use of Consultants. Bidding documents are
expected to be available in December, 2012.
5. Interested bidders may obtain further information, and should confirm their interest, by
contacting :
The Baixo Limpopo Irrigation Scheme Public Enterprise Regadio do Baixo Limpopo EP)
Av. Samora Machel, R/C, Xai-Xai,
Mozambique.
Tel: (+258) 28226822; Fax: (+258) 28226700;
7
E-mail: [email protected]
Name of Executing Agency: National Directorate For Agrarian Service
THE REPUBLIC OF UGANDA
MINISTRY OF EDUCATION AND SPORTS
International Competitive Bidding (ICB)
Uganda Post-Primary Education & Training Expansion and Improvement (ADB Education IV)
Project
Loan No: 2100150018143
IFB No: P-UG-IAC-001/WRKS/12/30– 40
1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that
appeared in UNDB online AfDB 163-754/9 of 01 July 2009 and on the African Development
Bank Group’s Internet Website.
2. The Government of Uganda has received financing from the African Development Fund
(ADF) towards the cost of the Uganda Post-Primary Education & Training Expansion and
Improvement (ADB Education IV) Project. It is intended that part of the proceeds of this loan
will be applied to eligible payments under the contracts for Proposed Rehabilitation and
Expansion of Facilities at 12 Secondary Schools and 1 Business Technical and Vocational
Education and Training (BTVET) Institution.
3. The Ministry of Education and Sports (The Employer) now invites sealed bids from eligible
bidders for the Proposed Rehabilitation and Expansion of Facilities at 12 Secondary Schools and
1 BTVET Institution. The scope of works comprise of civil, electro-mechanical and external
works for new and renovation of existing institutional buildings. The works have been divided
into eleven (11) Lots and each Lot constitutes a separate bid as indicated below:-
Lot 30: Rehabilitation and Expansion of facilities at Kitara S.S.
Lot 31: Rehabilitation and Expansion of facilities at Kyebambe S.S.
Lot 32: Rehabilitation and Expansion of facilities at St. Leo’s College, Kyegobe.
Lot 33: Rehabilitation and Expansion of facilities at Kasese S.S.S.
Lot 34: Rehabilitation and Expansion of facilities at Ibanda S.S.S.
Lot 35: Rehabilitation and Expansion of facilities at Busoga College, Mwiri.
Lot 36: Rehabilitation and Expansion of facilities at Iganga S.S.
Lot 37: Rehabilitation and Expansion of facilities at Mityana S.S.
Lot 38: Rehabilitation and Expansion of facilities at Dokolo Technical Institute.
Lot 39: Rehabilitation and Expansion of facilities at Makerere College School and Nabisunsa
Girls School
Lot 40: Rehabilitation and Expansion of facilities at Nsambya S.S and Gombe S.S.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding
documents at the address below:-
The Procurement and Disposal Unit,
Ministry of Education and Sports,
Plot 9/11 King George VI Way,
Embassy House, Floor 7, Room 7.2,
P.O. Box 7063,
Kampala, Uganda.
5. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on submission
of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of
UGX150,000/= (Uganda Shilling One Hundred Fifty Thousand only) or an equivalent amount in
8
a convertible currency for each Lot.
6. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the
provisions of the African Development Bank Standard Bidding Document for Procurement of
Works.
7. Bids must be delivered to the above office on or before 11:00 a.m. local time (=GMT + 3) on
5th February 2013 and must be accompanied by a bid security in form of a Bank Guarantee as
indicated below:-
Lot No. Bid Security Amount.
30 USD 35,000
31 USD 25,000
32 USD 35,000
33 USD 25,000
34 USD 25,000
35 USD 35,000
36 USD 35,000
37 USD 30,000
38 USD 30,000
39 USD 60,000
40 USD 50,000
8. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11:30
a.m. local time on 5th February 2013 at the offices of:-
Ministry of Education and Sports,
Plot 9/11 King George VI Way,
Embassy House,
Boardroom, Floor 7, Room 7.7
Pays/Organisation : Maroc/Office National d'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE)
Nom du Projet/Programme : PROGRAMME INTEGRE EOLIEN ET
ELECTRIFICATION RURALE (For a summary in English, please email [email protected])
Agence d'Exécution : ONEE
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : 03/07/2012
LOT 1
Equipements et montage d’installation du poste électrique 400/225 KV blindé de Beni Harchane
Post-Qualification
Date de publication de l'AAO : 15/01/2013
Montant Estimé en Euros (Millions) :54,00
LOT 1
Equipements et montage d’installation de la STEP d’Abdelmoumen
Date de publication de l'AAO : 15/01/2013
Montant Estimé en Euros (Millions) :82,00
LOT 1
Equipements et montage d’installation de la centrale hydroélectrique de M’DEZ El Menzel
Date de publication de l'AAO : 15/01/2013
9
Montant Estimé en Euros (Millions) :86,40
AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE
AVIS DE PRE-QUALIFICATION.
PAYS : BURUNDI
PROJET MULTINATIONAL D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES
DES PAYS DES LACS EQUATORIAUX DU NIL (PMIREL-PLEN).
CONCEPTION, ACQUISITION D’EQUIPEMENTS, FOURNITURE ET
INSTALLATIONS. (For a summary in English, please email [email protected])
DON FAD N° 21000155018519.
1. Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru
dans Development Business en ligne du 6 janvier 2009 et sur le portail de la Banque
(www.afdb.org).
2. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement auprès du Fond
Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût de la partie burundaise du Projet
Multinational d’Interconnexion des Réseaux Electriques des Pays des Lacs Equatoriaux du Nil,
et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour
la construction de la ligne à 220 kV Kamanyola (RDC)-Bujumbura(Burundi) réparti en lots ci-
après :
-Nouveau poste 220/110/30kV de
Bujumbura
Bujumbura – Poste RN1
de la ligne 30 kV, à deux ternes, Nouveau poste 220/110/30 de
Bujumbura – Poste Nord
La REGIDESO entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour, la conception,
l’acquisition d’équipements, la fourniture et le montage d’installations dans le cadre du présent
projet :
Les invitations à soumissionner devraient être lancées en avril 2013
3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées
dans les Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque; elle est
ouverte à tous les soumissionnaires répondant aux critères d’éligibilité, tels que définis dans les
Règles.
4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et
inspecter le document de pré-qualification auprès de la REGIDESO dont l’adresse figure ci-après
de 7h30 à 15h30 (heure locale).
REGIDESO
BP : 660 Bujumbura
Avenue de la Science n°3
Bujumbura-Burundi
A l'attention de: Monsieur le Directeur Général
Télécopie : +257 22 22 65 63
Email : [email protected] avec copie à : [email protected]
Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en
langue française en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessus accompagnée d’une
10
preuve de versement non remboursable de deux cent cinquante mille francs burundais (250 000
Bif) ou l’équivalent en euros ou en dollars. La méthode de paiement sera par chèque certifié ou
par virement/versement du montant, en deux parts égales, aux comptes n°1110/166 11001/119
ouverts à la Banque de la République du Burundi (BRB) respectivement au nom du Projet
Multinational d’Interconnexion des Réseaux Electriques des pays des Lacs Equatoriaux du Nil
(PMIREL-PLEN) et de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Le document sera envoyé
par avion et en recommandé
5. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe
cachetéedélivrée à l’adresse ci-dessus au plus tard le 18 février 2013 à 15 heures (heure locale) et
doivent être clairement marquées « Candidature de pré-qualification pour la construction de la
ligne à 220 kV Kamanyola (RDC)-Bujumbura(Burundi), Marché N°PMIREL-
PLEN/FAD/01/T/2012», en ajoutant le numéro du lot, ou des lots, pour lequel on soumissionne.
Government of Mozambique
Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project (BLICRP)
GENERAL PROCUREMENT NOTICE
1. The Government of Mozambique has received a loan from the African Development Bank and
the Strategic Climate Fund to finance the Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience
Project (BLICRP).
2. The principal objective of this project is poverty reduction through increased value addition
and provision of climate resilient infrastructure for increased agricultural productivity. It is
designed in a compact, market-oriented and all inclusive manner to improve the farmers’
circumstances in the District. For the project to be successful, markets need to be available for
the produced commodities. To this end, the project will work closely with private-sector driven
agro-industries.
3. The project includes the following components :
3.1 Component A: Improved Infrastructures for Food Security
3.1.1 Sub-component 1: Marketing Infrastructure and Agro Processing
3.1.2. Sub-component 2: Improved Irrigation Infrastructure :
3.1.3 Sub-component 3: Rural Roads
3.2 Component B: Promotion of Farm Diversification
3.3 Component C: Project Management
4. Procurement of goods and/or works will be in accordance with the Bank's Rules and
Procedures for the Procurement of Goods and Works. Acquisition of the services of Consultants
will follow the Bank's Rules and Procedures for the Use of Consultants. Bidding documents are
expected to be available in December, 2012.
5. Interested bidders may obtain further information, and should confirm their interest, by
contacting :
The Baixo Limpopo Irrigation Scheme Public Enterprise Regadio do Baixo Limpopo EP)
Av. Samora Machel, R/C, Xai-Xai,
Mozambique.
Tel: (+258) 28226822; Fax: (+258) 28226700;
E-mail: [email protected]
Name of Executing Agency: National Directorate For Agrarian Service
République de Madagascar
11
PROJET D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
(VIH/SIDA/IST/TUBERCULOSE)
------------
Avis d’Appel d’Offres
Prêt No : OPEP N° 998 P
AO N° : 02/2012-AO/T/FAD/PALMT
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet
paru dans Development Business du 16 Mars 2006 et à l’avis général de passation de marchés
actualisé, publié le 26 Octobre 2012 dans le Journal « Express de Madagascar ».
2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu auprès du Fonds Africain de
Développement un don et auprès du Fonds de l’OPEP pour le développement
International(OFID) un prêt en différentes monnaies, pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la
Lutte contre les Maladies Transmissibles (VIH/SIDA/IST/TUBERCULOSE) et entend affecter
une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour les Travaux
d’achèvement d’un bâtiment du Centre National de Transfusion
Sanguine au CHU-JRA à Antananarivo.
3. Le Ministère de la Santé Publique représenté par la Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la
Lutte contre les Maladies Transmissibles invite par la présente des offres sous pli fermé de la
part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des Travaux de Construction du Centre
National de Transfusion Sanguine au CHU-JRA à Antananarivo constituant un lot unique
indivisible.
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
inspecter le Dossier d’appel d’offres au bureau de la Cellule d’Exécution (CEP) du Projet
d’Appui à la Lutte contre les Maladies Transmissibles, Bâtiment près du Service des
Infrastructures, de la Logistique et du Patrimoine – MINSAN - Tsaralalàna, Antananarivo 101,
MADAGASCAR – Fax : 261 20 22 685 57 ; [email protected].
5. Un jeu complet de Dossier d’Appel d’Offres peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés sur soumission d’une demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessus et suite au
règlement d’un droit non remboursable de quatre cent mille Ariary (Ar 400.000) répartis comme
suit :
- Cent cinquante mille ariary (Ar 150.000) sous forme d’un chèque libellé au nom du Projet
d’Appui à la Lutte contre les Maladies Transmissibles ;
- Deux cent cinquante mille ariary (Ar 250 000) sous forme, soit d’un versement en espèce, soit
de mandat poste, soit de chèque de banque libellé de Monsieur l’Agent Comptable de l’ARMP
Anosy Antananarivo.
6. En plus de la version papier, les soumissionnaires peuvent demander une version électronique
sous forme de CD (Compact Disk) du Dossier d’Appel d’Offres auprès de la CEP du Projet
contre paiement par chèque, d’un montant supplémentaire de
cinquante mille Ariary (Ar 50 000) ou son équivalent en monnaie librement convertible, libellé
au nom du Projet d’Appui à la Lutte contre les Maladies Transmissibles. Seul le contenu de la
version papier prévaut en cas de différence avec la version électronique.
7. Les dispositions dans les Instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de
Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux.
8. Une visite des lieux obligatoire sera organisée sous la conduite du maître de l’ouvrage au
Centre National de Transfusion Sanguine à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona
(HJRA) au quartier Ampefiloha, le 25 janvier 2013 à Dix heures (10h00). Les candidats ou leur
12
représentant sont tenus d’y participer à leur propre frais pour leur permettre de se rendre compte
sur place de l’importance, ainsi que des conditions d’exécution des travaux. A l’issue de cette
visite, un certificat de
visite de lieux sera délivré à chaque candidat présent. Ce certificat sera à joindre dans le dossier
de soumission de chaque candidat
9. Les offres doivent être déposées à l’adresse de la Cellule d’Exécution (CEP) du Projet
d’Appui à la Lutte contre les Maladies Transmissibles, Bâtiment près du Service des
Infrastructures, de la Logistique et du Patrimoine – MINSAN - Tsaralalàna, Antananarivo 101,
MADAGASCAR au plus tard le 11 février 2013 à neuf heures (9h)00, heure locale, et doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à Douze millions
d’Ariary (12 000 000 MGA) ou leur équivalent en monnaies librement convertibles.
10. Les offres doivent être valides durant une période de CENT VINGT SIX (126) jours suivant
la date limite de dépôt des offres.
11. Les offres seront ouvertes en présence du soumissionnaire ou de leurs représentants qui
désirent être présents à l’ouverture, le même jour que la date limite fixée pour la remise des
offres à neuf heures dix minutes (9h10), heure locale, dans la salle de conférence de la Cellule
d’Exécution (CEP) du Projet d’Appui à la Lutte contre les Maladies Transmissibles, Bâtiment
près du Service des Infrastructures, de la Logistique et du Patrimoine – MINSAN - Tsaralalàna,
Antananarivo 101, MADAGASCAR – Fax : 261 20 22 685 57-
Mail : [email protected]
République du Congo
Avis d'Appel d'Offres International
Date : 12 décembre 2012
Appel d'Offres No : 001 MEPATI/PACADEC/UCP-SPM/2012/11
Marché: Fourniture des équipements informatiques et logiciels de bureau au profit de la
Direction Générale du Cadastre et de la Topographie, en République du Congo.
(For a summary in English, please email [email protected])
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fond africain de
développement, en différentes monnaies pour financer le coût du projet d’Appui Institutionnel
pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de l’Economie Congolaise «
PACADEC » . Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de la ‘‘’’ Fourniture des équipements
informatiques et logiciels de bureau au profit de la Direction Générale du Cadastre et de la
Topographie, en République du Congo..
2. L’Unité de Coordination du projet (UCP) invite, par le présent Appel d’offres, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture, en
lot unique, des équipements informatiques et logiciels de bureau mentionnés ci-dessus.
3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du projet sis n°5 et 6
de la rue Isaac LOCKO, secteur Blanche GGOMEZ, Email : [email protected];
Brazzaville-Congo.
4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être obtenu au siège de l’UCP contre présentation d’une
quittance de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante Mille (150.000) FCFA
ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. Le paiement se fera par versement
d’espèces au compte spécial du projet. Pour les soumissionnaires
non-résidents, ce montant devra être majoré d’un montant de deux cent milles (200.000) Francs
13
CFA pour l’envoi du Dossier d’Appel d’Offres par courrier rapide (e.i. DHL).dans tous les cas,
les frais occasionnés par ce paiement sont à charge du soumissionnaire.
5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres pour
l’acquisition des Biens,, édition de septembre 2010, révisée en juillet 2012, publié par la Banque
africaine de développement.
6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 29 janvier
2013 à 14 heures 00 ‘ (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant au moins égale à deux millions cinq cent (2.500.000) FCFA ou de sa contre-valeur dans
une monnaie convertible.
7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture, le 29 janvier 2013 à 14 heures 30]’ (heure locale), à l’adresse ci-dessous
indiquée.
Projet « PACADEC »,
5 et 6 de la rue Isaac LOCKO, secteur Blanche GOMEZ,
Email : [email protected]
Brazzaville-Congo
Tel: (+242)055222366 / (242)055326359
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
REPUBLIQUE DU SENEGAL
PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
La République du Sénégal a reçu du Fonds africain de développement un prêt en vue du
financement du Projet d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP).
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) appuyer à l’amélioration des services aux
PME et (ii) promouvoir le développement des PME.
Le projet comporte les volets suivants : (A) Appui à l’amélioration des services aux PME : (i)
Sensibilisation à travers une communication en faveur des PME et de leurs organisations
professionnelles et Elaboration et vulgarisation d’un guide opératoire sur la fiscalité des PME ;
(ii) appui à la mise en place d’un système d’archivage électronique
;(iii) appui à la dématérialisation des procédures douanières, formation du personnel technique
de la Douane et des utilisateurs PME-PMI ; (iv) assistance technique pour la mise en place du
Projet du Ticket Libératoire et l’Interconnexion avec la DGID et le Trésor pour le paiement
unique de tous les frais liés au dédouanement ; (v) conception de supports de formation et de
conseil (Guides, dépliants, prospectus …) pour le renforcement des capacités des PME et de
leurs organisations professionnelles ; (vi) organisation de sessions de formation, d’information et
de conseil en matière de passation des marchés publics spécifiques aux PME ; (vii) appui à la
réalisation d’une enquête en vue, d’une part, de recentrer l’ensemble des statistiques sur les PME
ainsi qu’un portail d’informations pour les opérateurs et, d’autre part, de mettre en place un outil
d’appréciation de l’évolution de la contribution des PME à l’économie -(B) Appui aux structures
d’encadrement et d’assistance aux PME : (i) Renforcement des capacités de l’ADEPME en
ressources humaines (assistance technique) et en équipements et matériels informatiques ; (ii)
réalisations d’études ; (iii) organisation de sessions de formation et de campagnes de
sensibilisation et de communication et ; (iv) mise en place d’un système d’information pour
collecter, analyser et diffuser des données fiables sur les femmes entrepreneures ; (v) production
et vulgarisation du Guide actualisé de la femme entrepreneure ; (vi) réalisation des deux études
sur la mise en place du cadre juridique de l’affacturage et d’une caisse des marchés publics au
14
profit des PME ; (vii) réalisation d’une étude pour cerner la problématique du contentieux
bancaire au Sénégal et d’ateliers d’échange entre juges et banquiers ; (viii) conception de
supports de formation et de conseil (Guides, manuels…) pour le renforcement des capacités des
PME en outils de gestion et d’analyse financière, et ; (ix) organisation de sessions de formation –
(C) gestion et coordination du projet y compris : (i) le recrutement de deux experts, un spécialiste
en suivi-évaluation et un spécialiste en acquisition. ; (ii) l’élaboration d’un manuel de
procédures, la réalisation des audits externes et du rapport d’achèvement du projet.
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine
de Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens, Edition Mai 2008, révisées en
juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et
Procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière d’utilisation des
consultants, Edition Mai 2008, révisées en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient
être disponibles en Février 2013.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Projet d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP)
Ville : Dakar
Code postal : BP 16530 Dakar
Pays : Sénégal
Numéro de téléphone : 00221 869 94 94
Numéro de télécopie : 00221 824 84 12
Adresse électronique : [email protected]
Personne à contacter : Monsieur Saliou SECK
GENERAL PROCUREMENT NOTICE
Republic of Ghana
GHANA INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT TO OVERSIGHT AND PRIVATE
SECTOR DEVELOPMENT INSTITUTIONS (GISP)
GRANT NO. 2100155023616
=====================================================================
1. The Republic of Ghana has received a grant from the African Development Fund (ADF) to
finance the Ghana Institutional Support Project to Oversight and Private Sector Development
Institutions (GISP). The Bank will provide UA9.59million (equivalent to US$14.86m) (90% of
the total cost), while the Government will provide UA1.07million (equivalent to US$1.65m)
(10%) in counterpart funding to cover operating costs.
2. The overall objective of the project is to promote private sector led inclusive growth through
improved pubic resources management and enhanced competitiveness of the private sector. The
specific objective is to strengthen the capacity of resource mobilization, integrity and oversight
institutions, as well as private sector development institutions. The project will therefore help to
create an enabling environment for inclusive economic growth and poverty reduction in Ghana
through more credible Public Financial Management (PFM) systems and enhanced capacity for
private sector development and competitiveness. Linking the capacity strengthening of PFM and
private sector support institutions will contribute to private sector-
led growth, which is the overarching goal of Ghana’s development agenda.
3. The project will be implemented over a four year period starting October 2012 and ending
October 2016. The project has the following three components:
Component 1: Strengthening domestic revenue mobilization, aid coordination and integrity of
15
public resource management.
1.1 Support to domestic resource mobilization and aid coordination. Project activities under this
sub-component will support the strengthening of human and institutional capacity of the Ministry
of Finance and Economic Planning in two key areas: Non-Tax Revenue (NTR) mobilization and
aid coordination. This will involve (i) development of guidelines for costing/pricing of
government services, (ii) Establishment of a Web Based Donor Database Management System to
serve as a central platform for aid recording and reporting, and (iii) Provision of equipment and
staff training amongst others.
1.2 Strengthening public procurement system. Activities under this sub-component will include
Public Procurement Authority and Procurement Entities staff capacity development in (i)
General Procurement and Procurement Regulations. (ii) Contract Management Documentation
and training (iii) Amendment and Regulations, and (iv) Management Information System. It will
also include provision of IT equipment and publication/dissemination of Procurement Bulletin.
1.3 Strengthening audit and oversight functions: project support will focus on the internal as well
as external Audits and the oversight functions of Parliament.
Component 2: Strengthening capacity for private sector development and competitiveness;
2.1 Strengthening private sector advocacy role of Private Enterprises Foundation (PEF) in policy
formulation and implementation: Capacity building activities under this sub-component will
focus on (i) development of a web-based research platform to enhance PEF capacity to improve
advocacy and public-private dialogue, and (ii) provision of training related to business start-up
and growing business to its members to improve their efficiency and competiveness.
2.2 Improving Small and Medium Enterprises (SMEs) access to business development services:
Capacity building activities will include support to NBSSI to offer training to SMEs on:
(i) value chain analysis, (ii) business planning for new products and market development, (iii)
quality assurance standards, (iv) entrepreneurship and small business management amongst
others. This sub-component will also support the human capacity building of the National Board
for Small Scale Industries (NBSSI) staff through (i) provision of training of trainers in the above
subject areas in addition to other relevant focus areas. This also includes the provision of
furniture and office equipment to NBSSI.
2.3 Driving Financial Sector Policy and Strategy Formulation: Project support will focus on the
Financial Services Division (FSD) of MoFEP in the following activities: (i)
undertaking research and surveys in collaboration with academia and think tank organizations
to provide analytical underpinning for sound financial sector policy and strategy formulation; (ii)
support for the operations of the National Capital Market Committee; (iii) annual national
financial sector conferences for all key stakeholders.
2.4 Facilitating SMEs listing on the Ghana Stock Exchange (GSE) and access to long-term
capital. Project activities under this sub-component will include: i) Provision of consultancy
service to GSE for the setting up of a dedicated alternative market for SMEs, and ii) Provision
of Technical Advisers to GSE to work with identified SMEs to facilitate their listing on the
market and mobilization of long-term capital.
Component 3: Project Management Support: Support will focus on enhancing the capacity of the
AfDB Unit to manage relations between the Ministry of Finance and Economic Planning and the
Bank more effectively and to manage and coordinate the GISP. Project support will enhance the
capacity of the Unit in project management, monitoring and evaluation.
4. All procurement of goods and consulting services to be financed under this project will be
conducted in accordance with the Bank’s Rules and Procedures for Procurement of Good and
Works and Rules and Procedures for the Use of Consultants, using the relevant Bank Standard
16
Bidding Documents.
Bidding documents are expected to be available in January 2013.
5. Specific Procurement Notices (SPNs) for contracts under the African Development Bank’s
International Competitive Bidding (ICB) and National Competitive Bidding (NCB) procedures
will be announced as they become available in the United Nations Development Business, local
newspapers and the website of the Ministry of Finance and Economic Planning.
6. Interested bidders may obtain further information, and should confirm their interest, by
contacting:
The Project Coordinator
Ghana Institutional Support Project
Ministry of Finance & Economic Planning
(MoFEP)
Box MB 40, Accra, Ghana
Tel: (233) 030 2673431
Email: [email protected]
The Project Manager
Ghana Institutional Support Project
RM 343, MoFEP Head Office
Accra, Ghana
OR
Tel: (233) 030 2673431
Email: [email protected]
BP 323, 1002 Tunis, Belvedere, Tunisia (216) 71 10 29 71 – Fax: (216) 71 835 249 – E-mail:
[email protected] - Internet: www.afdb.org
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
GENERAL SERVICES AND PROCUREMENT DEPARTMENT
TEMPORARY RELOCATION AGENCY
Corporate Procurement Division
Fax Number: + (216) 71 835 249
Date: 21 December 2012
REQUEST FOR PROPOSALS
SUPPLY OF A CORPORATE CARDS PROGRAMME FOR
THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK
ADB/ICB/CGSP/2012/0244
Letter of Invitation
Dear Sir/ Madam,
1. The African Development Bank (hereinafter referred to as “AfDB” or the “Bank”) requests
your proposal for the service specified in this request for proposals (RFP).
2. This RFP includes the following letter of invitation together with its annexes and the
appendices to these annexes:
Annex 1:Terms of Reference
Annex 2:Contents of the Proposal to be submitted
+ Appendix A, B, C, D, E, F, G
Annex 3:Evaluation Criteria
Annex 4:General Terms and Conditions for the purchase of Goods, Works and Services
17
Annex 5:List of Member Countries
Annex 6:Performance Evaluation Form
Annex 7
Current P-card process overview
Annex 8
Sample monthly report of Travel Card Transactions
3. Only those bidders that are nationals of member countries of the Bank and whose services that
originate from the member countries of the Bank are eligible to submit a bid in accordance with
the RFP. The list of member countries is given as in Annex 5.
4. A prospective bidder requiring any clarification in relation with the bidding documents may
notify the Bank in writing to the Bank’s mailing address indicated in these documents. All
requests for clarifications must be received by telefax (at the fax number +216-71 835 249) or by
electronic mail:
BP 323, 1002 Tunis, Belvedere, Tunisia (216) 71 10 29 71 – Fax: (216) 71 835 249 – E-mail:
[email protected] - Internet: www.afdb.org
[email protected] no later than 18 January 2013. If a Bidder feels that any important provision in
the documents will be unacceptable, such an issue should be raised at this stage. The Bank will
respond to all in writing to all prospective requests for clarification or modification of the
bidding documents that it receives before 18 January 2013. Written copies of the Bank’s
response (including an explanation of the query but with no indication of its source) will be sent
to all prospective bidders that have been registered and posted on Bank’s website
:(http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/business-opportunities/current-
Solicitations/
5. Public opening of the technical bids will occur at 15:30 hrs, local Tunis time on 14 February
2013.
6. At any time before the submission of proposals, the Bank may, for any reason, whether at its
own initiative or in response to a clarification requested by the Bidder, amend the RFP. The
amendment shall be sent in writing by telefax or email to all firms that have expressed interest in
writing to the Bank, and shall be posted on the Bank’s website as well. All amendments issued
by the Bank will be binding on potential bidders.
7. Your proposal must be received on or before 15:00 hrs, Tunis time on 14 February 2013 by
mail, courier or hand-delivery at the addresses given below.
Postal Address:
African Development Bank,
Corporate Procurement Division (CGSP.2)
ADB Temporary Relocation Agency (Tunis)
Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira
BP: 323 1002 - Tunis Belvédère, Tunisie
Delivery Address:
African Development Bank
ADB Temporary Relocation Agency (Tunis)
Corporate Procurement Division (CGSP.2)
EPI Block B Building, Office 2A2
Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira
BP : 323 - 1002 - Tunis Belvédère, Tunisia
8. Proposals should be enclosed in a sealed envelope (with both the technical and the financial
proposal in separate sealed envelopes) and addressed to the Bank at
18
the address given below.
Each bidder will submit their proposal in one original and five copies: the original proposal must
carry the mention “original” and each of the five copies the mention “copy”. The technical
proposal (one original + five copies) and the financial proposal (one original + five copies) will
each be placed in two separate sealed envelopes (the “internal envelopes”).
The following mention should appear on each internal envelope:
a) the purpose of the present bid
b) the mention “Technical Proposal” or “Financial Proposal” as the case may be.
c) the name and address of the bidder.
The two internal envelopes should be placed together in a large single sealed envelope called
“external envelope”, which must be anonymous and, carry only the following label which should
be photocopied and placed on the external envelope:
BP 323, 1002 Tunis, Belvedere, Tunisia (216) 71 10 29 71 – Fax: (216) 71 835 249 – E-mail:
[email protected] - Internet: www.afdb.org
Corporate Procurement Division, CGSP.2
EPI Block B Building - Office 2A2
African Development Bank
ADB Temporary Relocation Agency (Tunis)
Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira
BP : 323, 1002 - Tunis Belvédère, Tunisia
REQUEST FOR PROPOSALS – DO NOT OPEN UNTIL ON BID OPENING DAY
Reference: SUPPLY OF A CORPORATE CARDS PROGRAMME
(ADB/ICB/CGSP/2012/0244)
RFP Closing Date and Time: 14 February 2013 – 15:00 hrs
9. It is the sole responsibility of the bidders to ensure that the sealed envelope containing the
proposal reaches the above address before the time and date indicated in paragraph 4 above.
When delivered by hand, the proposals must be delivered at the above address during the Bank’s
working hours from 0800 hrs. to 1200 hrs. and from 1400 hrs. to 1800 hrs. Monday through
Friday except for holidays observed by the African Development Bank. Delivery to any other
office of the African Development Bank will be at the risk of the bidder and will not constitute
timely delivery. Proposals received after the above-mentioned closing time or deadline shall be
rejected. If the deadline for submission happens to be a holiday, the proposals will be opened at
the same time on the next working day. The Bank may extend the deadline for submission of
proposals at any time without incurring any liability to the bidders.
10. Proposals must be submitted in the English or French language in One Original + Five
Copies (any attachments or appendices and annexes thereto must also be submitted in One
Original + Five Copies). Each Technical Proposal and Financial Proposal should be marked –
Original or - Copy - as appropriate. The Technical Proposal must include information in
sufficient detail to allow the Bank to consider whether your company has the necessary
capability, experience, knowledge, expertise, and the required capacity to perform satisfactorily
the services specified along with any other information that may be requested by Annex 2 of this
RFP.
11. It is mandatory for the bidders to submit the Financial Proposal by using the bid submission
form, attached as Appendix E of this RFP, including a description of the proposed services. Any
deviation from the requested requirements (see TOR on Annex 1) shall be highlighted and
explained. Please note that the Bank will only consider those deviations that have an effect of
improving the services requested.
19
12. The evaluation method of the proposal is described in detail in Annex 3. The Selection shall
be based on technical quality only. Responsive bidders shall be invited for a live demonstration
on the functionality of the system. Live demonstration will account for 40% of technical
evaluation. The mode of demonstration can be physical or remote. The Financial Proposal of the
firm with the highest technical scores (technical proposal + live demonstration) above 70% will
be opened and price negotiation shall be carried out. If negotiation with the highest bidder is not
successfully concluded the Bank will enter into negotiation with the next bidder who has scored
more than 70 points. Proposals that do not satisfy the pass/fail criteria or receive less than the
minimum technical score indicated in Annex 3 will be rejected and the bidders will be informed
accordingly.
13. By submitting the proposal, the bidders confirm that they have taken into account all the
documents of this RFP including the addenda (if any), all the
annexes and as the case may be, the appendices to annexes. The Bank is not bound by any other
terms and conditions unless agreed in writing by the Bank.
BP 323, 1002 Tunis, Belvedere, Tunisia (216) 71 10 29 71 – Fax: (216) 71 835 249 – E-mail:
[email protected] - Internet: www.afdb.org
14. The prices quoted shall be net free and clear of all applicable taxes including withholding tax
duties, fees, levies or indirect taxes including customs duties. Prices must be expressed in an
international freely convertible currency. Surcharges imposed by, or pursuant to the laws,
statutes or regulations of any governmental agency or authority as the Bank, its property, other
assets, income and its operations and transactions are exempt from any obligation relating to the
payment, withholding, or collection of any tax or duty, by virtue of article 57 of the Agreement
establishing the Bank.
15. By submitting their bids, each bidder also warrants that they are legally authorized to
perform the services and that they are not in default with the tax and social security obligations
in their country. The Bank may, at its sole discretion, ask any bidder to provide documentary
evidence establishing the same.
16. Proposals should remain valid for a period of not less than ninety (90) days after the deadline
date specified for submission.
17. The Bank will award the contract to the bidder(s) selected in accordance with the evaluation
criteria given in Annex 3. The Bank reserves the right to award one or several contracts as a
result of this RFP.
18. The Contract shall be governed by the Terms of References (attached in Annex 1 of this
RFP), and the General Terms and Conditions (attached as Annex 5 of this RFP). Any such
contract(s) will require compliance with all factual statements and representations made in the
proposal.
19. Notwithstanding the above, the Bank reserves the right to amend the content of this RFP and
to accept or reject any or all proposals and to cancel the bidding process at any time prior to the
award of the contract without incurring any liability to any bidder.
20. Please note that it is the policy of the Bank that bidders, observe the highest standard of
ethics during the procurement process and execution of such contracts. In pursuance of this
policy, the Bank will reject a bid if it determines that the Bidder has engaged in corrupt or
fraudulent practices in competing for the contract in question.
21. We look forward to receiving your proposal and thank you for your interest in the African
Development Bank.
__________________________________
Yvette GLELE-AHANHANZO
20
Manager
Corporate Procurement Division
BP 323, 1002 Tunis, Belvedere, Tunisia (216) 71 10 29 71 – Fax: (216) 71 835 249 – E-mail:
[email protected] - Internet: www.afdb.org
For annexes, please visit : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Corporate-
Procurement/RFP%20-%20Letter%20of%20Invitation%20-
%20Supply%20of%20a%20Corporate%20Cards%20Programme%
20for%20the%20AfDB.pdf
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
Temporary Relocation Agency
General Services and Procurement Department
Corporate Procurement Division
Fax Number: + (216) 71 83 52 49
INVITATION FOR BIDS
SUPPLY OF A CORPORATE CARDS PROGRAMME FOR
THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK
ADB/CGSP/ICB/2011/0244
1) The African Development Bank (hereafter referred to as “The Bank”) is looking for qualified
companies for the Supply of Corporate Cards Programme.
2) Interested applicants must originate from one of the Bank’s member countries, list of which is
provided at www.afdb.org.
3) The scope of services and the forms to be completed are described in the bidding document
that is available for downloading from http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-
procurement/procurement-notices/current-solicitations/. Alternatively, the bidding document
may be obtained by sending a request to [email protected].
4) The Bank is seeking to negotiate a five-year contract with the selected service provider. Upon
completion of this initial period, the Bank may renew the contract on annual basis upon
satisfactory performance of the selected service provider.
5) Potential bidders interested in this procurement opportunity shall register by sending an e-mail
6) The selection will be conducted through the procedures prescribed by the Bank’s rules for
internal acquisition of goods and services. The minimum requirements for qualification are as
follows:
a) Must originate from one of the Bank’s member countries;
b) Must have three years of relevant experience prior to the proposals submission deadline, and
provide three references comparable to the AfDB project; and
c) Must have a required minimum average turnover shall be equivalent to EUR 1,000,000.00,
supported by audited financial statement for the past three years (2011, 2010 and 2009 or latest)
must be provided.
7) The proposals should be submitted in sealed envelopes delivered at the address below by
Thursday 14 February 2013 at 1500hrs Tunis, Tunisia, local time. The envelopes should be
clearly marked as follows:
“SUPPLY OF A CORPORATE CARDS PROGRAMME - ADB/ICB/CGSP/2012/0244”.
21
Corporate Procurement Division (CGSP.2)
African Development Bank
Temporary Relocation Agency
EPI Block B - Office 2A2
Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira BP. 323 1002
- Tunis Belvédère, Tunisia
8) The Bank will reject late bids.
9) Bidders will be advised, in due course, of the results of their submissions.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
RURALES(PADIR)
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
(Service de Consultants) (For a summary in English, please email [email protected])
N° d'Avis à Manifestations d'Intérêt : AMI
004/PADIR/UGP/CN/RFCI/BN/2012
Secteur : Développement rural
N° Accord de Don : 2100155021418
N° Identification du Projet : P-CD - AB0 -001
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement du Fonds
Africains de Développement pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement des
Infrastructures Rurales (PADIR) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre d’un contrat pour le service de consultant en
vue de l’Assistance Technique du Projet en passation des marchés, comptabilité et gestion
financière.
Le service de l’Assistance Technique prévus au titre de ce contrat doit être assuré par un bureau
spécialisé à travers la mobilisation des trois Experts : (i) Un Expert en Passation des Marchés
(EPM), (ii) un Comptable et (iii) un Expert en Gestion Financière(EGF). Le rôle de cette
assistance technique est d’appuyer l’Unité de Gestion du Projet « UGP »dans la gestion
financière et comptable, ainsi que dans les procédures liées à la passation des marchés des biens,
travaux et services conformément aux conditions de financement de la Banque Africaine de
Développement. Il s’agit d’assister l’unité de gestion dans l’application des accords de don et des
règles et procédures de la Banque en ce qui concerne notamment : (i) la gestion des ressources
allouées au projet par la Banque, (ii) les acquisitions des biens, travaux et services, (iii) la
préparation des états financiers et la gestion des comptes spéciaux, (iv) l’exécution des dépenses
et des transactions financières, (v) le renforcement des capacités de différents intervenants de
l’UGP dans la gestion du projet,(vi) la sauvegarde des biens du projet, etc.
La Coordination Nationale du PADIR, ci-après dénommé « Unité d’Exécution du Projet »
(UGP), invite les bureaux spécialisés à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les bureaux peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
22
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du groupe de la
Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2010, révisée en Juillet 2012, qui sont
disponibles sur le site web à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un bureau
n’implique aucune obligation de la part de la Coordination Nationale du PADIR de le retenir sur
la liste restreinte.
Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous, aux heures locales (TU + 1) et jours d’ouverture des bureaux, suivantes :
09h00’ à 12h00’ et 13h00’ à 15h30’, du lundi au vendredi.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou adressées en recommandé à Mr. Le
Coordonnateur National du PADIR l’adresse reprise ci-dessus au plus tard le 18/01/2013 à
15h00’, (heure TU + 1) et porter expressément la mention « Recrutement de l’Assistance
Technique du Projet PADIR ».
Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR)
A l’attention de Mr le Coordonnateur National.
Av Lukusa, n°111-112, croisement avenue TSF et Lukusa, dans l’enceinte
du Secrétariat Général du Développement Rural
(en face de la Direction Générale de l’ORGAMAN)
Tel : (+243) 82 104 1503 - (+243) 99 821 9065 – (+243) 81 961 4835
Email : [email protected]
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
PROJET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU-PHASE
D’URGENCE (For a summary in English, please email [email protected])
Secteur : Assainissement
Référence de l’accord de financement : DON FAD N°2100155019669
N° d’Identification du Projet : P-CI-E00-002
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Avis d’Appel d’Offres International
Date : 20 décembre 2012
Appel d'Offres No : T01 /A1/UGP/2012
1. La République de Côte d’Ivoire a reçu un don du Fonds Africain de Développement afin de
couvrir le coût du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou – Phase d’Urgence à
Abidjan, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer des travaux de construction et de réhabilitation d’ouvrages de drainage. Sont admis à
concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels que
définis dans les « Règles et Procédures pour l’Acquisition des biens et travaux » de la Banque
Africaine de Développement. L’Avis général d’appel d’offres de ce projet a été publié le 18
octobre 2011 sur le site de la BAD et celui de l’United Nations Development Business (UNDB)
online.
2. Le Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCAU) à travers
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la Direction Générale de la Construction, de
l’Assainissement, de la Maintenance et de l’Architecture (DGCAMA), lance un Appel d'Offres
pour les travaux de construction des barrages écrêteurs des crues et des ouvrages de drainage,
dans le bassin versant du Gourou. L’ensemble des travaux de construction prévus pour la phase
d’urgence, objet du présent appel d’offres est composé de deux lots distincts comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) barrages écrêteurs des crues
Site Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA) : Construction d’un barrage écrêteur
23
Site Paillet-Ouest : Construction d’un barrage écrêteur
Site Zoo-Aghien : Construction d’un barrage écrêteur
Site Paillet-Est : Construction d’un barrage écrêteur
Lot 2 : Travaux de construction d’ouvrages de drainage
Site ancienne casse Adjamé-Abobo : Construction des ouvrages de drainage.
3. Le délai d’exécution de des travaux est de :
- dix (10) mois pour le lot 1,
- dix (10) mois pour le lot2.
La passation des marchés sera conduite par Appel d’Offres International conformément aux «
Règles et Procédures pour l’Acquisition des biens et travaux » de la Banque Africaine de
Développement.
4. Le dossier de consultation peut être acheté auprès de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la
Direction Générale de la Construction, de l'Assainissement, de la Maintenance et de
l’Architecture, sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHOELCHER,
À l'attention : Monsieur BAMBA Anzoumana, Coordonnateur du Projet,
BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53
2 Avis d’Appel d’Offres
Fax: (225) 22 44 69 54 - E-mail: [email protected], moyennant paiement d'un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot, ou de sa contre-valeur dans
une monnaie convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements
complémentaires à la même adresse.
5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire d'un montant de 75 000 000
FCFA (Lot 1) et de 45 000 000 F CFA (Lot 2), ou de sa contre-valeur dans une monnaie
convertible et doivent être déposées à l’adresse ci-dessous :
Unité de Gestion du Projet, Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHOELCHER
BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53 - Fax: (225) 22 44 69
54, au plus tard le vendredi 08 février 2013 à 10 heures 00. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 08 février 2013 à
10 heures 30.
6. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Siège de l’UGP, sis à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHOELCHER, Villa
duplex n°4.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
PROJET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU-PHASE
D’URGENCE (For a summary in English, please email [email protected])
Secteur : Assainissement
Référence de l’accord de financement : DON FAD N°2100155019669
N° d’Identification du Projet : P-CI-E00-002
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Avis d’Appel d’Offres International
Date : 20 décembre 2012
Appel d'Offres No : T02 /A1/UGP/2012
1. La République de Côte d’Ivoire a reçu un don du Fonds Africain de Développement afin de
couvrir le coût du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou – Phase d’Urgence à
24
Abidjan, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer des travaux de construction et de réhabilitation d’ouvrages de drainage. Sont admis à
concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux
critères de provenance tels que définis dans les « Règles et Procédures pour l’Acquisition des
biens et travaux » de la Banque Africaine de Développement. L’Avis général d’appel d’offres de
ce projet a été publié le 18 octobre 2011 sur le site de la BAD et celui de l’United Nations
Development Business (UNDB) online.
2. Le Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCAU) à travers
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la Direction Générale de la Construction, de
l’Assainissement, de la Maintenance et de l’Architecture (DGCAMA), lance un Appel d'Offres
pour les travaux de réhabilitation des trois barrages écrêteurs des crues existants dans le bassin
versant du Gourou. L’ensemble des travaux de réhabilitation prévus pour la phase d’urgence,
objet du présent appel d’offres est composé d’un lot unique comme suit :
Lot unique : Travaux de réhabilitation de trois (03) barrages écrêteurs des crues
-Est : Réhabilitation du barrage écrêteur
-Ouest : Réhabilitation du barrage écrêteur
3. Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de dix (10) mois. La passation des marchés
sera conduite par Appel d’Offres International conformément aux « Règles et Procédures pour
l’Acquisition des biens et travaux » de la Banque Africaine de Développement.
4. Le dossier de consultation peut être acheté auprès de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la
Direction Générale de la Construction, de l'Assainissement, de la
Maintenance et de l’Architecture, sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor
SCHOELCHER,
À l'attention : Monsieur BAMBA Anzoumana, Coordonnateur du Projet,
BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53
Fax: (225) 22 44 69 54 - E-mail: [email protected], moyennant paiement d'un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA, ou de
sa contre-valeur dans une monnaie convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir
des renseignements complémentaires à la même adresse.
5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire d'un montant de 75 000 000
FCFA, ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible et doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous :
Unité de Gestion du Projet, Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHOELCHER - BP
V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53 - Fax: (225) 22 44 69 54,
au plus tard le vendredi 08 février 2013 à 10 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents
en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 08 février 2013 à 10
heures 30.
6. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Siège de l’UGP, sis à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHOELCHER, Villa
duplex n°4.
Republic of Sudan
Darfur Water Project for Conflict Resolution and Peace Building
GENERAL PROCUREMENT NOTICE
1. The Government of Republic of the Sudan has received a grant from the African Water
25
Facility to finance the Darfur Water Project for Conflict Resolution and Peace Building.
2. The principal objectives of this project are to:
i. Prepare Bankable investment plans for 15 to 20 towns in the Darfur States;
ii. Demonstrate integrated approaches to meeting all types of domestic and livelihood water and
sanitation needs in up to 6 model towns;
iii. Strengthen the capacity of the State Water Corporations and communities in the model towns
to sustainably manage their investments and their water resources.
3. The project includes the following components:
a) Investment Planning to meet longer term needs;
b) Priority Works design and implementation to meet immediate water and sanitation needs;
c) Capacity building of institutions and communities to ensure sustainability.
4. Procurement of Goods and/or Works will be in accordance with the Operational Procedures of
Africa Water Facility and Bank's Rules and Procedures for the Procurement of Goods and
Works. Acquisition of the services of Consultants will follow the Operational Procedures of
Africa Water Facility and Bank's Rules and Procedure for the Use of Consultants. Bidding
documents are expected to be available in January 2013.
5. Interested bidders may obtain further information, and should confirm their interest, by
contacting:
Drinking Water and Sanitation Unit
Khartoum, South – Al-Sahafa
Mr. Hisham Elamir Yousif
Tel: +249-122048300
Fax: +249-183416799
E-mail: [email protected]
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE – BRANCHE
EAU RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE
DE SETTAT A PARTIR DE L’ADDUCTION DE DAOURAT
(For a summary in English, please email [email protected])
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°03/DAM/ET/12
Date de l’avis : 12/12/ 2012
Secteur : Eau Potable et Assainissement
Appel d'Offres N° : 03/DAM/ET/2012
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet
paru dans Development Business du 19 novembre 2008 et sur le portail de la Banque
(www.afdb.org).
2. L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a obtenu un prêt de la Banque
Africaine de Développement pour financer les coûts du Dixième Projet d’Alimentation en Eau
Potable. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre de l’alimentation en eau potable de la ville de Settat à
partir de l’adduction de Daourat - Lot 5 : Télégestion.
3. L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Etablissement public à
caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
sous tutelle du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, invite par le
26
présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé pour
la réalisation des travaux du lot 5 « Télégestion ».
Le délai d’exécution de ce projet est de huit (08) mois.
4. Seuls sont admis à concourir :
Les soumissionnaires qualifiés originaires des pays membres du Groupe de la Banque Africaine
de Développement et répondant aux critères d’éligibilité tels que définis dans les « Règles et
procédures de la banque pour l’acquisition des biens – Edition 2008, révisée en juillet 2012 » Les
fournitures proposées doivent également provenir des pays membres du Groupe de la Banque
Africaine de Développement.
5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires
et examiner le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’ONEE – BRANCHE EAU à
l’adresse suivante :
Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable – Branche Eau (ONEE – BRANCHE EAU)
Direction des Approvisionnements et Marchés
Division Achats Projets Eau Potable
Adresse : 6 bis, Rue Patrice Lumumba
Rabat - MAROC
Tél : + 212 (0) 5 37 70 61 18
Fax : +212 (0) 5 37 72 55 66
6. Les candidats pourront retirer le dossier d’appel d’offres auprès de l’ONEE – BRANCHE
EAU, bureau des marchés de la Direction des Approvisionnements et Marchés, sise au 6 bis, Rue
Patrice Lumumba Rabat - MAROC, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
Quatre Cent (400,00 MAD) Dirhams Marocains ou sa contre-valeur dans une monnaie librement
convertible, par versement ou virement à l’un des deux comptes
suivants :
–Rue Abou Inane –
Rabat - Maroc, Compte N° 225810019506970651010831.
–-
Maroc, Compte N° 022810000150000602799023(SWIFT : SGMB MAMC)
Tout retard enregistré dans le retrait du dossier d’appel d’offres est sous la responsabilité du
soumissionnaire. En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, l’ONEE – BRANCHE
EAU ne peut pas être tenu responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire.
Toutefois, les documents d’appel d’offres (excepté les plans) sont téléchargeables à partir du site
web des achats de l'ONEE – BRANCHE EAU : http://achats-eau.onee.ma
7. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de
Biens.
8. Une visite du site du projet est prévue le jeudi 03 Janvier 2013, le rendez-vous pour cette visite
est fixé à 10 heures (heure locale) à la Direction provinciale de l'ONEE – BRANCHE EAU à la
ville de Settat. Il est fortement recommandé aux soumissionnaires de participer à cette visite des
lieux.
9. Toutes les offres doivent parvenir ou être déposées au bureau des marchés de la Direction des
Approvisionnements et Marchés, sise au 6 bis, Rue Patrice Lumumba Rabat - MAROC, au plus
tard le mercredi 30 Janvier 2013 à 9h (heure locale). Elles resteront valables pendant un délai de
cent quatre-vingt (180) jours après l’ouverture des plis et doivent être accompagnées d’une
caution bancaire de soumission de soixante Mille Dirhams Marocains (60.000,00 MAD) ou de sa
contre-valeur dans une monnaie convertible.
27
10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture le mercredi 30 Janvier 2013 à 9 h 30 (heure locale) à l’adresse mentionnée
ci-haut.
Disclaimer: The information provided in this e-mail is intended to be of assistance to U.S. companies. While we make every effort to ensure its accuracy, neither the United States government nor any of its employees make any representation as to the accuracy or completeness of information in this or any other United States government document. Readers are advised to independently verify any information prior to reliance thereon. The information provided in this document does not constitute legal advice. The Commercial Service reference to or inclusion of material by a non-U.S. Government entity in this document is for informational purposes only and does not constitute an endorsement by the Commercial Service of the entity, its materials, or its products or services .