+ All Categories
Home > Documents > AIR CONDITIONING TENDER - UBI SEVASI BRANCH · KALYAN HOTEL, NR. DAIRY DEN CIRCLE, SAYAJIGANJ,...

AIR CONDITIONING TENDER - UBI SEVASI BRANCH · KALYAN HOTEL, NR. DAIRY DEN CIRCLE, SAYAJIGANJ,...

Date post: 14-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
2 ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION M/s SHAW ARCHITECTS +919898213973 [email protected] PART –A & B TECHNICAL & PRICE BID TENDER DOCUMENTS FOR AIRCONDITIONING WORK FOR SEVASI BRANCH (NEW PREMISES), VADODARA. 1 TENDER ISSUED TO M/S…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 2 TENDER COST Rs. 50000 (Five Hundred Only) 3 EMD COST Rs. 9,00000 (Nine Thousand Only) 4 PROJECT ARCHITECTS M/S SHAW ARCHITECTS, FF17, ALANKAR TOWER, OPP. KALYAN HOTEL, NR. DAIRY DEN CIRCLE, SAYAJIGUNJ, VADODARA 390005, GUJARAT. 5 ARCHITECT’S CONTACT DETAIL MOBILE NO. : +919898213973 EMAIL I.D. : [email protected] 1/15
Transcript

       

2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION  

M/s SHAW ARCHITECTS                                        +91‐9898213973      [email protected] 

  

PART –A & B  TECHNICAL & PRICE BID TENDER DOCUMENTS 

 FOR 

  AIR‐CONDITIONING WORK 

FOR SEVASI BRANCH (NEW PREMISES), VADODARA.  

     

1  TENDER ISSUED TO   M/S………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2  TENDER COST  Rs. 500‐00 (Five Hundred Only) 

3  EMD COST  Rs. 9,000‐00 (Nine Thousand Only) 

4  PROJECT ARCHITECTS  M/S  SHAW  ARCHITECTS,  FF‐17,  ALANKAR TOWER,  OPP.  KALYAN  HOTEL,  NR.  DAIRY  DEN CIRCLE,  SAYAJIGUNJ,  VADODARA  –  390005, GUJARAT. 

5  ARCHITECT’S CONTACT DETAIL  MOBILE NO. : +91‐9898213973 E‐MAIL I.D. : [email protected] 

                       

            

1/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

NOTICE INVITING TENDER (NIT)  UBI Invites sealed tenders under two cover systems from the AIR‐CONDITIONING WORK contractors on Bank’s approved panel under appropriate category in the circle of Vadodara Region only for the work mentioned below. Details of the tender are as under: 

1  Name of work  AIR‐CONDITIONING WORKS AT SEVASI BRANCH (New Premises), VADODARA.

2  Date of Issue of tender documents  25‐09‐2018 at 11:00 am.  

3  Last date of  tender collection  09‐10‐2018 by 11:00 am. 

4  Tender close  / Submission date  09‐10‐2018 by 1:00 pm. 

5  Date & Time of opening of tender  09‐10‐2018 at 3:00 pm. 

6  Place of submission of bids    Regional Head, Union Bank of India, 2nd floor,    Regional office, Opp. Faculty of Commerce, Sayajigunj, Vadodara. ‐390 005 

7  Date of commencement  2 days from issue of work order. 

8  Date of completion of work  30 days from issue of work order. 

9  Period for settlement of final bill  30 days  from date of  issue of completion certificate by the Architect. 

10  Total Security Deposit (TSD)  TSD  shall  be  5%  of  contract  value  which  will  be deducted from the final bill of the contractor by way of  retention  amount.  TSD  will  be  refunded  to  the contractor on successful completion of defect liability period. 

11  Earnest money deposit  Rs.  9,000/‐  by  way  of  Demand  Draft/  Banker’s Cheque/ Personal Cheque of  the  firm’s UBI account payable  to  “Union  Bank  of  India,  VADODARA. Technical bid with personal cheque of any other bank except UBI  shall  be  rejected &  their  price  bid  shall not be opened. EMD of successful contractor shall be refunded on completion of the work. 

12  Release of Retention Money/ Earnest money 

The  Earnest  money  deposited  shall  not  carry  any interest  and  will  be  refunded  to  unsuccessful tenderers after allocation of work order. The Earnest money  of  successful  tenderer  will  be  release  after completion  of  work  and  certification  of  final  bill. Retention  &  Security  money  after  14  days  from defect liability period. 

13  Liquidated damages for non completion of work within the date of completion 

0.5% per week subject to maximum of 5% of contract value inclusive of Sundays and Holidays. 

14  Defect liability period  12 months  from  the  date  of  completion  certificate issued by the Bank Architect. 

15  Cost of tender document  Rs. 500/‐ (Five Hundred Only) D.D. Or UBI Cheque (in favor  of Union Bank of  India payable  at Vadodara). Non Refundable. 

16  Interested bidder may obtain further information from the office of consultant / Bank Architect. 

17  Bank reserves the right to reject wholly or part of any or all tenders received without Assigning any reason whatsoever, Also Bank  reserves  the  right  to  split  the work and place  the order  to more than one party. 

18  ANY FREAK RATE OF INDIVIDUAL ITEM ON HIGHER SIDE ARE LIABLE FOR NEGOTIATION 

19  Any  Contractor  which  is  empanelled  in  more  than  one  category  (i.e,  Furniture/Electrical/Air Conditioning) can only compete only in one category. If applied for more than one category, then 

2/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

any one tender will be accepted by Bank and others are subjected to rejection.   

20  Rates quoted & agreed by the tenderer shall remain firm throughout the contract period (Including authorized extension). Rates quoted shall be  inclusive of all taxes, duties,  levies, royalties & other incidental  /  other  Industrial  charges  etc. However GST  Tax  shall  be  paid  by  the  bank  extra  as applicable to work contract tax as per actual. 

21  Running  bills  each  not more  than  4.0  lacs  shall  be  paid.  Final  Bill will  be  paid  against  the  final payment certificate on submission detailed final bills submitted by the contractor to the Architect on successful Completion of the work. 

  Office of Architect means :  M/s SHAW ARCHITECTS, FF‐17, ALANKAR TOWER, OPP. KALYAN HOTEL, NR. DAIRY DEN CIRCLE, SAYAJIGANJ, VADODARA .  i) In case  the date of opening of  tender  is declared a holiday,  the  tenders will be opened on  the   next working day at the same place & time. 

ii) Please read tender documents for details on content of this NIT. Tenderers are requested to go   through  the additional conditions with due care as the same are stipulated particularly  for this   project. 

iii) Rates quoted by the tenderers in variance with the NIT provision are liable to be rejected. 

iv) Clarification, if any, regarding the content of these documents & this work can be obtained from   the Architect before filling  in the tenders. All bidders are supposed to visit the site, understand   the conditions and seek clarifications from the Bank & the Architect. 

 UBI has right to accept/ reject any/ all tenders without assigning any reasons. (For and on behalf of Union Bank of India) 

    Regional Head           Union Bank of India, 2nd floor, Regional office, Opp. Faculty of Commerce, Sayajigunj, Vadodara. ‐390 005            DATE : 25‐ 09‐ 2018 

              

3/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS 

1  Limit of variation  100%  without  any  change  in  price  if work  is  done within  six  months  of  the  contract  and  with  prior consent of Architect / Consultant. 

2  Additional items  For  items  where  unit  rates  are  not  available  , contractor  shall  provide  proper  cost  break‐up  and proceed only after approval/consent. Any sample  to be made  for  approval  shall  be  at  the  Contractor’s cost. 

3  Validity of tender  Three month after the opening of the tender. 

4  Rules/ Regulations  The  contractor  shall  have  their  responsibility  of complying  with  the  local  shops/establishments  Act and other  labor/ minimum wages Act and shall keep all  such  records/  accounts  on  payment  of wages  / attendance as deemed necessary. 

5  Arbitration  As  per  the  standard  arbitration  clause  under  the jurisdiction of Vadodara. 

6  Organization  The  contractor  shall  employ  competent  /  qualified supervisor  /Engineer‐in‐charge  who  shall  be responsible  for  the day  to day work and coordinate as  necessary  with  the  Architect’s  supervisor.  Any workman  found  guilty  of  misconduct/theft  shall remove from the site. 

7  Damage to property  Any damage to the Bank’s property during the work period will be  recovered  from  the contractor as per the valuation submitted by Architect. 

8  Deduction  Tax at source as per Act. 

9  Terms of payment  Payment after completion of Project. 

10  Billing Procedure  All measurements  shall be  recorded  in Duplicate on standard  measurement  sheets  Prepared  jointly  by the  Architect’s  Site  Engineer  &  the  Contractor’s Representatives duly signed by them. All Bills shall be submitted  along  with  this  Checked  Measurement sheets. 

11  Time schedule of work  The  Contractor  must  submit  before  the Commencement  of  work,  a  Bar  chart  showing  the date of commencement & the date of completion of each  item of Work as mentioned  in  the Schedule of Quantities. 

12  Release of TSD  100%  after  the  Defect  liability  period.  Retention money will not bear any interest. 

13  General  The  rates  should  be  quoted  considering  necessary Scaffolding &  staging work, Removal of debris  as & when  necessary,  In  view  of  restriction  of  Local concern Authority & all type of Lab test. 

14  Site Location  The  aforesaid  work  needs  to  carry  out  at  Raama Emporio  Commercial  Complex,  Sevasi,  Vadodara located at 7.5 km from Vadodara Railway Station. 

   

4/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

          FORM OF TENDER  (On the Letterhead of Tenderer) 

........................................................  

........................................................  .........................................................  Dear Sirs Ref: ...........................................................  ............................................................  ............................................................  1) I/We refer to the tender notice issued by your Consultant M/s.Shaw Architects, FF‐17, Alankar Tower, Nr. Dairy Den Circle, Sayajiganj, Vadodara  on your behalf for the .........................................................................in connection with the above.  2)  I/We do hereby offer to perform provide execute complete and maintain the works  in conformity Bill of Quantities  for  the  sum  of  RS......................................(Rupees...............................................................)  only  at the respective rates quoted in the bill of quantities.  3)  I/We have satisfied myself/ourselves as to the site conditions, examined the drawings and all aspects of the  tender conditions subject  to above,  I/We do hereby agree should  this  tender be accepted  in whole of part off:  4) Abide by and fulfill all the terms and provisions of the said conditions annexed hereto: 5)  Complete  the  works  within  30  days  stipulated  in  two  or  three  shifts  if  considered  necessary  by  the Consultants at no extra cost to the Owner.  6) I/We have deposited the earnest money of RS..............................................................which we note will not bear any interest and is liable to forfeiture,  i) If the offer is withdrawn within the validity period of acceptance. Or,  ii) If the contract is not executed with 2 days from award of contract. Or,  iii)  The  acceptance  of  this  tender  shall  constitute  a  binding  of  contract  and  any  failure  as mentioned  in Clause.4 shall constitute a breach of contract by us and  the  tender accepting authority shall be entitled to have the work executed at our risk and cost and to claim extra cost/expenditure incurred by them from us.  7. Unless  and until  a  formal  agreement  is prepared  and executed  this  tender  together with  your written acceptance thereof shall constitute as a binding contract.  8. I/We understand that you are not bound to accept the lowest any tender received.  9.  I/We have  independently considered  the amount of  liquidated damages  in  the Appendix  to  the General conditions of the Contract and agree that it represents fair estimate of the loss likely to be suffered by you in the event of the works not being completed in time.  10. Our Bankers are:‐  I)  II)   The names of Partners/Directors of the firm Authorized to sign   Yours faithfully,     Name of person having power of Attorney to sign the contract.  (Certified true copy of the Power of attorney should be attached.)      Signature of the Contractor with Seal  

5/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

GENERAL RULES AND GUIDANCE FOR THE TENDERERS:   

2.1. Tenderers are expected to visit the site before quoting the rates and should satisfy themselves as to the nature and conditions of work and facilities available etc.  2.2.  The  Tenderers  are  required  to  examine  the  enclosed  Tender  form  and  conditions mentioned  in  the Tender.  2.3. The Tenderer should quote the rates in figures. The amount for each item should be worked out and the requisite totals shall be given. The total amount shall be written both in figures and words.  2.4. The rates quoted in this Tender shall be for measured finished works and shall be inclusive of all charges such as cost of materials, transportation, freight charges, Income Tax, Works Contract Tax and any other form of levies etc, complete but excluding GST. GST chargeable is to be shown separately for the 100% portion of the work.  2.5. GST payable by the Bank has to be shown separately in the Tender/Bill.  2.6. The work is to be completed within the stipulated time from the date of issue of Work Order.  2.7. Extreme care is to be taken by the Contractor at the time of earth work excavation, removing the existing interlocks, cutting the Tar Road, opening the top RCC Covers of the existing cable duct so that existing U.G Cables or any other  service/utility  lines does not get damaged during  the earth work excavation or at  the time of  laying of U.G Cable.  If any  items are damage during  the earth work excavation,  laying of new U.G Cable, damaged item has to be repaired/replaced by the Contractor at his own cost.  2.8. The successful Tenderer shall give all necessary personal attention  to  the work during  the progress of work, and also until the expiry date of “Defects Liability Period” which is One Year after issue of completion Certificate by the Consultant.  2.9. The Bank reserves the right to reject any portion of work or materials which is found unsatisfactory and not up to the standard.  2.10.  Bank  has  the  right  to  scrutinize  and  correct  arithmetical/  calculation mistakes  in  the  participating Tenders and suitably correct the arithmetical /calculation mistakes and wrong total amounts to decide on the lowest Bidder. Mere opening of the Tender will not be considered as final results.  2.11. Bidders shall be quote rates in prescribed Price Bid Format provided in tender and quoting in any other form will  be  rejected.  All  rates  shall  be  quoted  item wise  basis.  Any modifications  to  provided  Price  Bid Format  in  terms  of  technical  specifications,  unit  quantities  or  quoting  discount  by  lump  sum  discount percentages / amount in price bid will lead to complete rejection of the bid.  2.12.  If there  is any discrepancy/error  in the hard copy of the Tender Document and the Tender Document available on Bank web site, Bank web site version will be the final version. 2.13. A retention amount of 8% will be retained from each running bill and final bill and shall be paid to the successful Tenderer after the defects liability period on certification of the Consultant.  2.14. Tax deductions,  if applicable as per  statutory  regulations will be done on every payment and will be deposited with the Tax Department on behalf of the Contractors and the certificates of tax deduction will be issued to the respective Contactors.  2.15. Tax deduction at source (T.D.S) as per statutory regulations at the rate applicable at the time of billing will  be  done  from  payments  to  Contractors  and  the  same will  be  paid  to  Income  Tax  Department  and certificates of TDS will be issued to the Contractors.  2.16.  All  taxes  such  as  Income  Tax,  Entry  Tax,  Octroi,  Works  Contract  Tax  or  any  other  Tax  on materials/service  in  respect  of  this  Contract  shall  be  payable  by  the  Contractors  and  the  Bank  will  not entertain any claim in this matter.  2.17. An amount of Rs.0.5% per week subject to the maximum ceiling of 5 % of the Tender Amount will be deducted from the bills of contractor as liquidated damages for the delay in completing the work within the scheduled time at the discretion of the bank.  2.18. No additional clauses, conditions, alterations in specifications by the Tenderer will be accepted.  2.19.  Successful  Contractor  should  obtain  all  necessary  labor  licenses  from  relevant  State/Central Government Agencies at his own cost and comply with the Contract Labor (Regulation & Abolition) Act 1970 with up to date amendments.  

6/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

2.20. The Tenderer are advised to  inspect and examine the site and  its surroundings and satisfy themselves before submitting their Tenders as to the nature of the site and dimensions, the means of access to the site, availability  of  materials  and  obtain  all  necessary  information’s  as  to  risks,  contingencies  and  other circumstances which may influence or affect their tender.  2.21. A Tenderer shall be deemed  to have  full knowledge of  the site whether he  inspects  it or not and no extra charges consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed. Submission of a Tender by a  Tenderer  implies  that he has  read  this notice  and  all other  Tender/  contract documents  and has made himself aware of the scope and specifications of the work to be done and local conditions and other factors bearing on the execution of the work.  2.22. The entire work  is  to be  completed  in all  respects within  the  stipulated period  stated  in  the Notice Inviting  the  Tender.  If  in  the opinion of  the  Employer/ Bank  the works were delayed  for  reasons beyond control of the contractor, the Bank may grant a fair and reasonable extension of time for completion of the contract  works.  If  the  work  is  not  completed  within  the  original  stipulated  time  period  and  authorized extension  of  time  (if  granted  by  the  Bank),  the  provision  of  liquidated  damages will  become  applicable. However,  the  contract  shall  remain  in  force  even  for  the  period  beyond  the  due  date  of  completion irrespective whether the extension is granted or not. 2.23. It will be obligatory on the part of the Tenderer to Tender and sign the Tendered documents for all the component parts.  2.24. No alterations or additions are to be made by the Tenderer  in the Tender document. Violation of this instruction will attract rejection of the Tender at the discretion of the Bank.  2.25. The Tenderer is required to check the all the pages and should find missing or in duplicate, or the figure or writing  indistinct, he must  inform the Consultant/ Bank  immediately and have the same rectified by the Bank before the scheduled date of opening. Should the Tenderer be in doubt about the precise meaning of any  item or any provision or  if he wants any clarification, he must  inform  the Consultant/Bank  in advance before the scheduled date of opening. No claim will be allowed in respect of errors in the Tender due to any mistake in the Schedule of Quantities, which should have been, but was not rectified in the manner described above.  2.26. The Employer shall have powers to order additional /non‐tendered  items or to modify the Tendered items, to vary the quantities of Tendered items and not to execute certain items. The rate or price of all such additional  items/non‐Tendered/modified  items will be worked out on  the basis of  rates quoted  for similar items  in  the  Contract wherever  existing  or  on  engineering  rate  analysis  based  on  prevalent  fair  price  of labour, material and other components as required.  2.27.  The  Tender  rates  shall  hold  good  for  any  increase  or  decrease  in  the  quantities.  Tender  schedule quantities are estimated quantities only and actual quantities depend on the site conditions prevailing at the time of execution of works and work shall be carried out accordingly. Quantities given in the bill of quantities of the Tender schedule are approximate and actual quantities are to be decided on the basis of site condition at  the  time  of  execution  of work.  Any  claim  by  the  Contractor will  not  the  entertained  by  the  Bank  for deletion of any item of the Tender Schedule or for variation in the quantities of any item actually used at the time of execution of works and as given in the Tender schedule of quantities.  2.28. Tenderer  should ensure  that  their Tenders are  submitted before  the date and  time  specified above. Bank will not be responsible for any delay in submission of Tender by the Tenderer/Post/Courier Service etc. It is the responsibility of the Tenderer to ensure that Tenders are submitted at the Bank with the competent authority before the specified time and date.  

        

7/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

CONDITIONS OF THE CONTRACT NOTE:  The requirements of these conditions shall be fulfilled by the Tenderer without extra charges, the item rates quoted shall be deemed to have taken these conditions into account.  3.1  If any additions and alterations are  found necessary  the Tenderer will have  to do  the same within  the Tendered rates with the approval of the Bank.  3.2 The Contractor shall employ adequate labour to complete the work within the scheduled time and shall make his own arrangements for housing materials etc.  3.3 The Contractor  shall have  to make his own arrangements  to house his  labour and  staff, and  for  their services.  3.4 All Tendered rates shall  include for the cost of materials,  labour, supervision, tools, plant, transport, all taxes, contingencies duties, breakages, wastages, sundries, scaffolding etc., complete.  3.5  All  instructions  regarding  the  execution  of  works  shall  be  received  from  the  Bank  only.  Any  other instructions issued directly to the contractor by anyone else shall not be binding on the Contractor.  3.6 The Bank,  through  the Consultants, shall have  the power on omit or cancel; any  item of work without assigning  any  reason whatsoever  and no  claim  for  compensation  for damage will be entertained  for  such omissions and cancellations.  3.7  The  Contractor  shall  maintain  satisfactory  progress  of  work  as  well  as  maintain  a  desired  level  of workmanship.  If  in  the  opinion  of  the  Bank  if  the  progress  is  unsatisfactory  and/or  the workmanship  is unsatisfactory,  the Bank  shall  take possession of  the work with 7 days  to  that effect. The Bank  shall  then complete the entire work and rectify all the defects at the Contractors cost and consequences.  3.8 The case the Bank is not satisfied with the quality of materials used by the Contractors, Bank reserves the right  to direct  the Contractor  to procure  such  supplies  from  the  agencies  suggested by  the Bank and  the Contractor is bound by this instruction for purchase of materials.  3.9 The Contractor is to be responsible for clearing any or all dirt, rubbish, and superfluous materials as they accumulate and to leave the premises in a clean and orderly condition on completion. No extra payment shall be made for doing this work.  3.10 Any work which is not approved by the Bank shall have to be removed within 24 hours from the time of order  and  shall  have  to  be  redone  by  the  Contractor  at  his  own  cost  and  this  cost will  be  borne  by  the Contractor. 3.11  No  deviation  whatsoever  for  any  reason  will  be  permitted.  However,  if  any  deviation  becomes necessary, the same should be brought to the  immediate notice of the Bank and written approval must be obtained for such deviation before proceeding with the execution of work.  3.12 The Bank has got the right to supply any materials required for the work and the cost of the materials so supplied will deducted from the bills of the successful Contractor.  3.13 The Contractor shall be responsible for the safe custody of the materials  issued to him by the Bank till they are used for the work. He shall make his own arrangements for the safe custody and proper storage and preservation in sound conditions till the same are actually used in the work.  3.14  For  any  new  item  the  rate will  be  fixed  by  the  Bank  as  per  prevailing  fair market  rate,  labour  and overheads which will be binding on the Contractor.  3.15 The Contractor shall have a competent supervisor on the site all the times. 3.16  In case the brand of materials mentioned in the Tender is not available in the market, the alternate materials to be used shall be approved by the Bank.  3.17 The Contractor should strictly adhere to the specifications and make of the materials.  3.18 Any clarification on the specifications or further details needed, the Contractor has to contact the Bank. 3.19 Contractor should ensure the safety of his staff / Technicians/ Labourers working at the work site. He should provide all necessary safety equipment to his personnel working at the site.  3.20 Contractor  should obtain necessary Group  Insurance  for his personnel working at  the  site  to provide medical treatment / compensation etc to any of his staff/worker in case of any accident. Bank is not bound to provide any assistance of any form in this matter. 

  

8/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

ACCEPTANCE OF CONTRACTOR FOR LABOUR LAWS  

1. The successful Tenderer / Contractor shall carefully and diligently implement the provisions of the Contract Labour Act & Contract Labour Rules.  2. The Bank shall be entitled to deduct from the Contract Consideration, any such amount which the Bank has to  pay  in  accordance  with  the  Contract  Labour  (Regulation  &  Abolition)  Act  1971  and  Workmen's Compensation Act, in the event of the Bank have to disburse compensation / effect any payment under the Contract Labour Acts / Rules.  3. Please note that as per rule 81(1) of Contract Labour (R&A) Rules, 1971, it is mandatory on the part of the Contractor to display the notice containing the following details at prominent place at the work site.  (a) Rates of wages.  (b) Hours of work.  (c) Wage periods.  (d) Dates of payment of wages.  (e) Names & addresses of the Labour Inspectors having jurisdiction &  (f) Date of payment of unpaid wages. The notice containing the above details shall be displayed without fail at the work site.  4. The Contractor shall not engage any workmen for wages, less than the minimum wages prescribed under the notification issued by the Central Government.  5. The contractor should follow all labour laws/guidelines laid down by central /state government from time to time.   CERTIFICATE.   I / WE HAVE READ, FULLY UNDERSTOOD THE ABOVE MENTIONED REGULATIONS OF LABOUR LAWS/GUIDELINES AND ACCEPT THE SAME IN TOTO. I ALSO UNDERTAKE TO FOLLOW ALL LABOUR LAWS/GUIDELINES LAID DOWN BY CENTRAL /STATE GOVERNMENT FROM TIME TO TIME & INDEMNIFY THE BANK AUTHORITIES.   

      

SIGNATURE OF THE CONTRACTOR                              WITH SEAL & DATE                

9/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

SAFETY CODES GENERAL SAFETY CODES: 

 1. First aid appliances  including adequate supply of sterilized dressing and cotton wool shall be kept in a readily accessible place. 2. An  injured  shall  be  taken  to  a  Public  Hospital without  loss  of  time,  in  cases where  the  injury necessitates hospitalization. 3. Suitable and strong scaffolds should be provided for workman for all works that cannot safely be done from the ground. 4. No portable single  ladder shall be over 8meters  in  length. The width between the side rails shall not be less than 30 cm. clear. And the distance between two adjacent rungs shall not be more than 30 cm When a ladder is used an extra majdoor shall be engaged for holding ladder. 5. The excavated material shall not be placed within 1.5meters of the edge of the trench or half of the depth  of  trenches whichever  is more.  All  trenches  and  excavation  shall  be  provided with  necessary fencing and lighting.  6. Every opening in the floor of a building or in a working platform be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be one meter. 7. No floor, roof or other part of the structure shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe. 8. Workers employed on mixing & handling material such as asphalt, cement mortar or concrete & lime mortar shall be provided with protective footwear & rubber hand‐gloves. 9. Those engaged in welding work shall be provided with welder’s protective eye‐shields and gloves. 10. (i)     No  paint  containing  lead  or  lead  products  shall  be  used  except  in  the  form  of  paste  and readymade paint.   (ii)  Suitable facemasks should be supplied for use by the workers when the paint    applied in the form of spray or surface having lead paint dry rubbed and    scrapped. 11. Overalls  shall be  supplied by  the  contractor  to  the painters  and  the  adequate  facilities  shall be provided to enable the working painters to wash during the periods of cessation of works. 12. Hoisting machine and tackle used in the works, including their attachments, anchors and supports shall be in perfect condition.  The ropes used in hoisting or lowering material or as a means of suspension shall be   of durable quality and adequate strength free from defect. 

 

              

10/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

 

LIST OF APPROVED MAKES FOR AIR CONDITIONING WORKS 

Sr. No.  

PARTICULAR  MAKE 

1.0  VRF / VRV units  Carrier/Daikin / Mitsubishi / Toshiba / Voltas. 

2.0  Cassette Units  MAKE: Carrier/Daikin / Mitsubishi / Toshiba / Voltas. (Scroll) 

3.0  Conventional Hi wall units / Ductable / Condensing units 

MAKE: Carrier/Daikin / Mitsubishi / Toshiba / Voltas.  (SPLIT – 3 STAR*** RATED 2018 ) 

4.0  Copper Pipe  Mandev / Rajco / Totaline 

5.0  Hard CPVC Pipes  Supreme / Prince /Astral/Finolex 

6.0  G.I. Sheet  Jindal / Llyod Steel / Tata 

7.0  Insulation Material:   

8.0  Nitrile Rubber roll and tube (Class‐O) 

Armacell / K‐Flex / A‐ Flex / Superlon /Aeroflex 

9.0  Electrical:   

10.0  Switch Gear  MK / Siemens / Schneider/Havells 

10.1  Cable   

  1) Armored Cable  Finolex / KEI / RR Kabel/Havells 

  2)Flexible Cable  Finolex / KEI / RR Kabel/Havells 

11.0  PVC rigid conduits & Accessories  1.5mm thick MMS ISI and FIA approved 

12.0  TFA  Zeco /Vts /Citizen / edgetech /Blowtech/ equivent approved 

13.0   Blower / Fans  KRUGER / SYSTEM AIR  / Nicotra /flaktwood  

14.0  LOW VOC Adhasive  Pidilite 

    

               

11/15

12/15

UNION BANK OF INDIA,

VADODARA REGION.SEVASI BRANCH, VADODARA. BOQ_AIR CONDITIONING 

AND ALLIED WORKS

Sr. No. ITEM  DESCRIPTION QTY. UNIT RATE AMOUNT

1 Supply of 1.5 TR Hi Wall (Copper Condesnor) Split Unit (3 Star BEE Rating WEF 1‐1‐16) 

Including 3 mtr.Copper pipe and interconnecting cable)1 no.

2 Supply of 2.0 TR Hi Wall (Copper Condesnor) Split Unit (3 Star BEE Rating WEF 1‐1‐16) 

Including 3 mtr.Copper pipe and interconnecting cable)1 no.

3 Supply of 3.0 Tr ceiling mounted cassette unit with Fixed Speed technology having R 22

refrigerant including inddor unit, outdoor unit, decorative grill and cordless

remote.Machine must Copper Condensor.

2 no.

4 Installation of New ‐ IDU & ODU of 1 / 1.5 / 2.0 TR Hi‐wall split unit with first oil & gas 

charge & commissioning etc. complete  2 no.

5 Installation of New ‐ IDU & ODU of 3.0 TR ceiling mounted cassette  unit with first oil & 

gas charge & commissioning etc. complete2 no.

6 Pump down, disconnection of electrical wiring, drain pipe,Indoor unit and out door unit 

alongwith stand and tranfer to new premises from exisiting ATM near exisiting Sevasi 

Branch.  1 TR Hi‐wall split unit. Any old materials shall not be used in new installation 

work as per instruction of Architects/Bank. 

2 no.

7 OLD AC Reinstallation along with laying of new Copper piping, electrical cabling with 

servicing,  pressure testing, vaccumissing and gas charging etc complete in all respect for 

working condition in OLD AC machine. Rate to include 1 year free AMC from the date of 

final commissioning.

2 no.

8 Referigerant piping‐insulated copper tube between indoor to outdoor unit. Of 1 / 1.5 / 

2.0 TR Hi‐wall split unit. 65 rmt

9 Referigerant piping‐insulated copper tube between indoor to outdoor unit of indoor to 

out door unit of 3.0 TR cassette unit.28 rmt

10 Electrical Cabling between indoor to out door unit beyond 3 Rmt dist. Of 1 / 1.5 / 2.0 TR

Hi‐wall split unit.(2.5 sqmm , 4 core RR Cable Polycab / Finolex/ Havells)65 mts

 

11 Electrical Cabling between indoor to out door unit Of  2.0TR / 3.0 TR Cassette Type Air 

Conditioner(2.5 sqmm , 4 core RR Cable Polycab / Finolex/ Havells)28 rmt

12 25/32 mm Dia UPVC drain pipe with insulation of Dutron / Supreme / Astral make ‐ 

schedule 40 pipe , white in colour, joint properly glued with UPVC adhesive for water 

outlet from indoor unit complete with jari & filling. Rate to include any extra plumbing 

connections in existing plumbing lines.

120 rmt

13 CIVIL WORKS

a Misc Civil work like wall opeaning, chisling and same plaster & paint finish. For 6

machines. 6 no.

b R.C.C. Core cutting 1 no.

(Include all Excise + Transport necessary scafolding, equipments required for completion of job)

BOQ ‐ AIR CONDITIONING AND ALLIED WORKS ‐ SEVASI BRANCH, VADODARA REGIONMAKE: CARRIER/VOLATS/BLUESTAR/DAIKIN/MIDEA OR APPROVED EQUIVALENT (SPLIT ‐ 3 STAR*** RATED)

Part B : Low Side Work  

Part A ‐ Supply of A.C Equipments 

Include all Excise + Transport)

Total For Part ‐ I ‐ Supply of A.C Equipments

M/s SHAW ARCHITECTS

VADODARA SIGN AND SEAL OF CONTRACTOR13/15

UNION BANK OF INDIA,

VADODARA REGION.SEVASI BRANCH, VADODARA. BOQ_AIR CONDITIONING 

AND ALLIED WORKS

Sr. No. ITEM  DESCRIPTION QTY. UNIT RATE AMOUNT

BOQ ‐ AIR CONDITIONING AND ALLIED WORKS ‐ SEVASI BRANCH, VADODARA REGIONMAKE: CARRIER/VOLATS/BLUESTAR/DAIKIN/MIDEA OR APPROVED EQUIVALENT (SPLIT ‐ 3 STAR*** RATED)

14 MS White/ black painted Fabricated structure ceiling hanging type for mounting outdoor 

units as well as safety cage with locking arrangements for out door units made out of 

MS angles , Channel & square bar with lock & Key complete arrangements as per 

unit.(drawing shall be provided by Architect). Rate to include all scafoldings, 

equipments, tools, hardware , 2 coat of Oil Paints (1 coat of red oxide paint) of approved 

shade to be required for completion of job.

355 kg

15 Supply an installation of 24 Hr, 7 days A/C timer with 2 nos. power contector of M.D.S, L

& T ,SEIMENS,THEBEN ( indoasian) Make. All enclosed in sheet steel powder coated

enclosure of 400 X 400 mm complete with all necessary termination for system room

A.C & E lobby AC. Here Ready made Cyclic Timer Will not be permited.

2 No.

16 BUY BACK ITEMS ‐ FIXED 2 No. ‐3000 ‐6000Buy Back of Copper Pipe, Electrical Cabling ,drain pipes & M.s Stands between indoor to 

outdoor unit. Of  1.0 TR Hi‐wall split unit. For 2 units only. Removing of these items 

shall be done as per the instruction from Architect/Bank.

GRAND TOTAL FOR ‐ PART I + PART II (AFTER DISCOUNT)

Total For Part ‐ II ‐ Installation of A.C Equipments

SUB TOTAL FOR ‐ PART I + PART II

DISCOUNT OFFERED (IF ANY)

M/s SHAW ARCHITECTS

VADODARA SIGN AND SEAL OF CONTRACTOR14/15

      2ND FLOOR, UNION BANK OF INDIA BUILDING, SAYAJIGANJ, VADODARA REGION 

M/s SHAW ARCHITECTS      SIGN & SEAL OF CONTRACTOR 

 TENDER FOR AIR‐CONDITIONING WORKS OF UNION BANK OF INDIA 

AT   :  SEVASI BRANCH, VADODARA, STATE :  GUJARAT 

 BILL OF QUANTITIES ‐ ABSTRACT 

  

SECTION  TITLE  AMOUNT ( Rs.) 

     

     

SECTION ‘A’  AIR‐CONDITIONING WORK     

     

  Discount Offered ( If Any )   

     

  FINAL TOTAL AMOUNT (AFTER DISCOUNT)   

          

    TOTAL  …………………………………….   

  

In  words  (Rupees  _________________________________________________ 

________________________________________________________Only )   

  

DATE :    PLACE :                                                                 SIGNATURE OF TENDERER 

(WITH COMPANY  SEAL) 

 

15/15


Recommended