+ All Categories
Home > Documents > ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North...

ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North...

Date post: 08-Mar-2018
Category:
Upload: vunhu
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
23
Page 1 of 13 Attachment to Addendum No. 2 Revised Itemized Bid Revised Commercial NonDiscrimination Certification Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554 ADDENDUM No. 2 TO: Prospective Bidders FROM: Sadia Khan, Contracts Administrator DATE: May 2, 2017 PROJECT: North Tryon Street Business Corridor Project Project No.: 512-10-039 Bid Number: HC2016-969 The following items are being issued herein for modification and clarification to the Bid Requirements for the project referenced above. All Bidders shall acknowledge this Addendum within their submittal. MODIFICATIONS PROJECT MANUAL 1) On page 00 10 00 – 1, change “BID DUE DATE AND TIME” under “INVITATION TO BID” as follows: BID DUE DATE AND TIME: May 9, 2017, AT 2:00 PM May 23, 2017, AT 2:00 PM 2) Under Section 00 40 00 “ITEMIZED BID”, following items have been modified or deleted: ADDALTERNATE Item # Section # Description Qty Unit Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 132 SPGR01 Greenroads Certification – Project Requirement Credit Greenroads Certification 1 LS 133 SPGR02 Greenroads Certification – Core Credit 1 LS The Electronic Itemized Bid Form available at the City’s website has been revised to reflect the above changes. 3) On page 00 40 00 – 10, delete the “COMMERCIAL NONDISCRIMINATION CERTIFICATION” in its entirety and replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4) On page 00 70 00 – 11, delete the article “2.19 Commercial NonDiscrimination Policy” in its entirety and replace with the following:
Transcript
Page 1: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 1 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

ADDENDUM No. 2 TO: Prospective Bidders FROM: Sadia Khan, Contracts Administrator DATE: May 2, 2017 PROJECT: North Tryon Street Business Corridor Project Project No.: 512-10-039 Bid Number: HC2016-969

The following items are being issued herein for modification and clarification to the Bid Requirements for the project referenced above. All Bidders shall acknowledge this Addendum within their submittal.

MODIFICATIONS  

PROJECT MANUAL 

1) On page 00 10 00 – 1, change “BID DUE DATE AND TIME” under “INVITATION TO BID” as follows: 

 BID DUE DATE AND TIME:   May 9, 2017, AT 2:00 PM         May 23, 2017, AT 2:00 PM            

 

2) Under Section 00 40 00 “ITEMIZED BID”, following items have been modified or deleted: 

 

ADD‐ALTERNATE 

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price)

132  SPGR‐01 

Greenroads Certification – Project Requirement Credit 

Greenroads Certification 

1  LS    

133  SPGR‐02  Greenroads Certification – Core Credit  1  LS     

The Electronic Itemized Bid Form available at the City’s website has been revised to reflect the above changes. 

 

3) On page 00 40 00 – 10, delete the “COMMERCIAL NON‐DISCRIMINATION CERTIFICATION” in its entirety and replace with the form attached with this Addendum No. 2. 

 

4) On page 00 70 00 – 11, delete the article “2.19 Commercial Non‐Discrimination Policy” in its entirety and replace with the following: 

    

Page 2: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 2 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

2.19  Commercial Non‐Discrimination Policy 

As a condition of entering  into this Contract, the Company represents and warrants that  it will fully comply with the City’s Commercial Non‐Discrimination Policy, as described in Section 2, Article V of the Charlotte City Code, and consents  to be bound by  the award of any arbitration conducted  thereunder.   As part of  such  compliance,  the Company shall not discriminate on the basis of race, gender, religion, national origin, ethnicity, age, or disability in the solicitation, selection, hiring, or  treatment of subcontractors, vendors or suppliers  in connection with a City contract or contract solicitation process, nor shall the Company retaliate against any person or entity for reporting instances of  such discrimination. The Company  shall provide equal opportunity  for  subcontractors, vendors and suppliers  to  participate  in  all  of  its  subcontracting  and  supply  opportunities  on  City  contracts,  provided  that nothing  contained  in  this  clause  shall  prohibit  or  limit  otherwise  lawful  efforts  to  remedy  the  effects  of marketplace discrimination that has occurred or  is occurring  in the marketplace.   The Company understands and agrees  that  a  violation  of  this  clause  shall  be  considered  a material  breach  of  this Contract  and may  result  in termination  of  this  Contract,  disqualification  of  the  Company  from  participating  in  City  contracts,  or  other sanctions. 

As a condition of entering into this Contract, the Company agrees to: (a) promptly provide to the City in a format specified by  the City  all  information  and documentation  that may be  requested by  the City  from  time  to  time regarding  the solicitation, selection,  treatment and payment of subcontractors  in connection with  this Contract; and  (b)  if  requested, provide  to  the City within  sixty days after  the  request a  truthful and  complete  list of  the names of all subcontractors, vendors, and suppliers that Company has used on City contracts in the past five years, including the total dollar amount paid by Company on each subcontract or supply contract. The Company further agrees  to  fully  cooperate  in  any  investigation  conducted by  the City pursuant  to  the City’s Non‐Discrimination Policy to provide any documents relevant to such investigation that are requested by the City, and to be bound by the award of any arbitration conducted under such Policy.   

The Company agrees to provide to the City from time to time on the City’s request, payment affidavits detailing the amounts paid by Company to subcontractors and suppliers  in connection with this Contract within a certain period of time.  Such affidavits shall be in the format specified by the City from time to time. 

The  Company  understands  and  agrees  that  violation  of  this  Commercial Non‐Discrimination  provision  shall  be considered  a material  breach  of  this  Contract  and may  result  in  contract  termination,  disqualification  of  the Company from participating in City contracts and other sanctions. 

 

5) On page 00 75 00 – 51, modify the last paragraph of SPU‐13, WATER METER VAULTS as follows: 

 

The quantity of new water meter vaults installed in accordance with the plans and utility provisions herein and accepted, will be measured and paid for at the contract unit price per each for “Water Meter Vault”.  Such price and payments will be full compensation for all materials including vault and access door, pipe, fittings, equipment, excavation, labor, removal of existing vault, backfilling, and incidentals necessary to complete the work as required. 

 

6) On page 00 75 00 – 53, modify the last paragraph of SPU‐17, RELOCATE EXISTING WATER METER as follows: 

 

The quantity of water meters installed in accordance with the plans and utility provisions herein and accepted, will be measured and paid for at the contract unit price per each for “Relocate Existing Water Meter”.  Such prices and payments will be  full  compensation  for all materials,  removal and  relocating water meter, pipe, fittings, tapping saddles, equipment, excavation, labor, backfilling, and incidentals necessary to complete the work as required. 

 

Page 3: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 3 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

7) On page 00 75 00 – 60, delete the “SPGR‐01, GREENROADS CERTIFICATION – PROJECT REQUIREMENT CREDIT” in its entirety and replace with the following: 

 

SPGR‐01,   GREENROADS CERTIFICATION  3/15/2017  SP (Kimley‐Horn and Associates)

1.0 DESCRIPTION  Greenroads® Certification THE CITY OF CHARLOTTE is pursuing Greenroads Version 2 Certification on the Project targeting a Silver Rating. The Greenroads  Rating  System  is  an  internationally‐recognized  third‐party  sustainability  performance management tool  that measures  environmental,  social,  and  economic  performance  of  design  and  construction  activities  on transportation  development  projects.  Certification  is  administered  by Greenroads  Foundation,  an  independent nonprofit corporation.   The City is pursuing a project with a total Project Score of 53 for a Silver Rating. The Contractor’s responsibilities are outlined as follows.  The Contractor shall establish, implement and maintain the outlined plans and tracking systems during the project to satisfy Greenroads Project Requirement credits as noted in these specifications.  The Contractor shall also satisfy and earn points for Core Credits and Extra Credits  in accordance with the attached scorecard  in the Greenroads Appendix.   It is the intent of this specification that the Contractor shall work with the City to achieve the target Silver Rating and will have flexibility in the selecting Core Credits to complete to achieve this target.    This  item shall  include all elements of work covered by the referenced  listed Greenroads General Requirements and Greenroads Specifications and the additional information provided herein.  2.0 GREENROADS GENERAL REQUIREMENTS  GREENROADS PROJECT MANUAL The  City  will  provide  the  Contractor  with  a  Greenroads  Project Manual  with  detailed  descriptions  of  project requirements  at  the  beginning  of  the  project.    No  direct  payment  will  be  made  for  fulfilling  the  project administrative requirements, and all associated costs will be considered incidental to other items in the contract. 

GREENROADS PERFORMANCE TARGETS The City will provide the Contractor with a Greenroads Performance Target scorecard with detailed descriptions of how  the Contractor  is  responsible  for helping  the Owner  reach  these  targets.   The Contractor  is encouraged  to meet  the  targets  indicated  in  the scorecard, and  is expected  to work with  the Owner  to determine appropriate substitutes or alternate methods to achieve the targets should the Contractor find more appropriate solutions. 

GREENROADS TECHNICAL SUPPORT The  following  contacts  will  be  available  for  technical  support  throughout  the  duration  of  the  project  should questions arise concerning Greenroads project specifications or requirements: 

Jeralee L. Anderson, Ph.D., P.E., LEED AP Executive Director Greenroads International 425.376.0685 www.greenroads.org www.facebook.com/greenroads 

Page 4: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 4 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

DEFINITIONS The following terms related to the project plans and specifications are defined as follows: 

1. Waste material. Any material  that  leaves  the  site and does not come back. Waste material consists of 

landfill material, regulated or hazardous materials, and diverted materials. Waste includes municipal solid 

waste from consumer products used onsite. 

2. Landfill material.  Any material  that  leaves  the  site  and  does  not  come  back  and  is  delivered  to  and 

deposited into a landfill facility as waste. 

3. Diverted material. Any material that leaves the site and does not come back but does not get delivered to 

and processed by a landfill as waste, including recycling and reclamation practices. 

4. Regulated or hazardous materials. Any material  that  is regulated as by  the Resource Conservation and 

Recovery Act. 

5. Recycled  content. Any material  that  is  pre‐  or  post‐consumer waste  product  that  is  used  in  the  final 

condition on the job site. 

6. Reused content. Any structural material that is located within the boundary. Reused content excludes fill 

materials, native soils and other earthworks. 

 CREDIT DESCRIPTIONS The Owner will provide the Contractor with the latest version of the Greenroads Manual with Credit Descriptions.  These Credit Descriptions are to be referenced for the purposes of meeting the requirements of the Greenroads Specifications listed in the following section.    Each  Greenroads  Credit  referenced  in  the  Greenroads  Specifications  is  listed  with  a  two‐letter  symbol  “XX” followed by a numeral “#”. Example is “PR‐1”  3.0 GREENROADS SPECIFICATIONS   The Contractor shall provide documentation described in the subsections herein for each of the following items:  Project Requirements (Contractor shall complete all four of these items) 

1. Quality Control Plan (PR‐7) 2. Pollution Prevention Plan (PR‐8) 3. Waste Management Plan (PR‐9) 4. Noise & Glare Mitigation Plan (PR‐10) 

 Core Credits (Contractor shall achieve a cumulative score of 20 out of 30 possible points from any combination of the following) 

1. Environmental Excellence (CA‐1) (Possible Maximum Score = 3) 2. Workzone Health & Safety (CA‐2) (Possible Maximum Score = 2) 3. Quality Process (CA‐3) (Possible Maximum Score = 3) 4. Equipment Fuel Efficiency (CA‐4) (Possible Maximum Score = 1) 5. Work Zone Air Emissions (CA‐5) (Possible Maximum Score = 1) 6. Work Zone Water Use (CA‐6)(Possible Maximum Score = 3) 7. Accelerated Construction (CA‐7) (Possible Maximum Score = 2) 8. Procurement Integrity (CA‐8) (Possible Maximum Score = 1) 9. Communications & Outreach (CA‐9) (Possible Maximum Score = 1) 10. Fair & Skilled Labor (CA‐10) (Possible Maximum Score = 2) 11. Local Economic Development (CA‐11)(Possible Maximum Score = 1) 12. Recycled & Recovered Content (MD‐2) (Possible Maximum Score = 5) 13. Local Materials (MD‐5) (Possible Maximum Score = 5) 

 

Page 5: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 5 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

Project Requirements (Contractor required)  Quality Control Plan: Required as part of Credit PR‐7. The Contractor shall provide a Quality Control Plan (QCP).    The QCP will be a comprehensive plan containing the following sections:   

I. Contract Scope of Work,  II. Owner’s Acceptance Criteria,  III. Control Procedures and Measures,  IV. Tracking and Documentation, and  V. Corrective Action and Plan Modification. 

 The Contractor shall follow the format of the accepted template in the Article 5 ‐ Greenroads Appendix of Section 00 75 00 this Project Manual.  Pollution Prevention Plan: Required as part of Credit PR‐8. (Contractor required) The Contractor shall maintain a quality control program following the approved Pollution Prevention Plan which is defined  as  the  Erosion  and  Sedimentation  Control  Plan  for  this  project.    This  program  shall  be maintained  to control erosion, prevent sedimentation and follow provisions/conditions of permits. The quality control program shall:   

a. Follow permit requirements related to the Contractor and subcontractors’ construction activities. b. Ensure that all operators and subcontractors on site have the proper erosion and sediment 

control/stormwater certification. c. Notify the Engineer when the  required  certified  erosion  and  sediment control/stormwater personnel 

are not available on the job site when needed. d. Conduct the inspections required by the NPDES permit. e. Take corrective actions in the proper timeframe as required by the NPDES permit for problem areas 

identified during the NPDES inspections. f. Incorporate erosion control into the work in a timely manner and stabilize disturbed areas with 

mulch/seed or vegetative cover on a section‐by‐section basis. g. Use flocculants approved by state regulatory authorities where appropriate and where required for 

turbidity and sedimentation reduction. h. Ensure proper installation and maintenance  of  temporary  erosion  and sediment control devices. i. Remove temporary erosion or sediment control devices when they are no longer necessary as agreed 

upon by the Engineer. j. The Contractor’s quality control and inspection procedures shall be subject to review by the Engineer.  

Maintain NPDES inspection records and make records available at all times for verification by the Engineer. 

 The Contractor shall be held to the requirements of Article 2: City Standard Provisions: 2.8 Sedimentation Pollution 

Control Act.  

The Contractor shall refer  to  the Article 6  ‐ NCDENR Certification of Section 00 75 00 of  this Project Manual  for 

further plan requirements. 

 Waste Management Plan: Required as part of Credit PR‐9. (Contractor required) The  Contractor  shall  implement  and maintain  a  formal  Construction  and Demolition Waste Management  Plan (CMWP).  The formal plan shall identify for accounting and management throughout the project duration.  

Page 6: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 6 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

The Contractor shall follow the format of the accepted template in the Article 5 ‐ Greenroads Appendix of Section 

00 75 00 this Project Manual. 

Noise & Glare Mitigation Plan: Required as part of Credit PR‐10. (Contractor required) 

Information:   

The Owner’s Environmental Consultant (Hart & Hickman) completed a Noise Mitigation Plan  in 2015.   The Noise 

Mitigation Plan requirements for the Contractor apply from the Notice to Proceed date of this Contract and extend 

to the Project Acceptance date of this Contract.   

The  Plan  includes  a  Noise  Study  which  indicates  “no  routine  [noise]  monitoring”  will  be  required  during 

construction.  

The Plan indicates that construction equipment is not anticipated to significantly affect area noise levels, although 

the noise exceeds the City of Charlotte Noise Ordinance limit of 70dBA.  OSHA Permissible Noise Exposure for an 8‐

hr shift is 90 dBA.   

Requirements:  The Contractor  shall  follow  the  requirements  set  forth  in  the Noise Mitigation Plan provided  in  the Article 5  ‐ Greenroads Appendix of Section 00 75 00 this Project Manual.  The Contractor shall comply with all applicable OSHA regulations associated with this project, including providing hearing protection as needed to ensure exposure rates are below the OSHA 90 dBA limit.  The Contractor shall sign section “6.0 Signatures” as acknowledgement of compliance with the plan.   Core Credits (Contractor shall achieve a cumulative score of 20 out of 30 possible points from any combination of the following)   Environmental Excellence: Credit CA‐1 (Possible Maximum Score = 3) The Contractor shall fulfill the requirements of the following 3 subsections:  

I. Environmental Management System II. Environmental Training III. Site Recycling 

  

I. Environmental Management System  Information:   The Contractor shall furnish documentation of an Environmental Management System (EMS).  The EMS must be in place for the duration of the project construction.  At a minimum, the EMS shall meet the requirements of International Standards Organization (ISO) 14001:2015.   Requirements:   The Contractor shall be required to provide only ONE of either Item 1 OR Item 2 below: 

 1. Documentation of ISO 14001:2015 Certification. 

Page 7: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 7 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

2. EMS Documentation including: a. Environmental Policy b. Environmental Objectives and Targets c. Identified Regulatory Requirements and Compliance with Requirements d. Defined roles and Responsibilities e. Employee Training Plan f. Listing of Documented Processes g. Preventive Actions h. Corrective Actions i. Emergency Procedures 

 II. Environmental Training  Information:  The Owner’s Environmental Consultant  (Hart‐Hickman) completed an Environmental Training Plan  in 2014.   The Owner,  Engineer,  and  other  City  staff  determined  by  the  City’s  Project Manager  shall  provide  the  required environmental training before and during project construction.  Requirements:  The Contractor shall follow the requirements set forth in the Environmental Training Plan provided in the Article 5 

‐ Greenroads Appendix of Section 00 75 00 this Project Manual. 

The  required  type  of  training  required  for  Contractor’s  Construction  Personnel,  City  Project Manager,  Design 

Engineer,  Project  Engineer,  City  Inspectors,  and  City  Environmental  Staff  is  indicated  in  Table  1  in  the 

Environmental Training Plan. 

 

III. Site Recycling Plan 

 The Contractor shall fulfill the requirements of the Waste Management Plan listed in this specification.   

Workzone Health & Safety: Credit CA‐2 (Possible Maximum Score = 2) 

The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.  

Quality Process: Credit CA‐3 (Possible Maximum Score = 3) 

The Contractor shall fulfill the requirements of the following 3 subsections:  

I. Quality Management System 

II. Pavement Warranty  

III. Pavement Smoothness 

Page 8: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 8 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

I. Quality Management System  Information:  The Contractor shall furnish documentation of a Quality Management System (QMS).  The QMS must be in place for the duration of the project construction.  At a minimum, the QMS shall meet the requirements of International Standards Organization (ISO) 9001:2008 or ISO 9001:2000.  Requirements:  The Contractor shall provide only one (1) of the following: 

1. Documentation of ISO 9001:2008 or ISO 9001:2000 Certification. 2. QMS Documentation including: 

a. Quality Policy and Objective b. Quality Manual c. Listing of Documented Procedures d. Listing of Records Retained in Accordance with QMS. 

 II. Pavement Warranty  The Contractor shall adhere to the requirements of Article 2: City Standard Provisions: 2.23 Guarantee, except 

where modified by this specification.   

The  Contractor  shall  be  required  to  extend  the Guarantee  period  in  this  Contract  for  the  pavement  structure including surface paving and all underlying layers from one (1) year to three (3) years.  Areas  and/or other work disturbed while accessing  and/or  repairing/replacing warranty  covered  items  shall be stabilized and repaired at no additional cost to the City.  

III. Pavement Smoothness  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the Pavement Smoothness requirements.   These are required as part of a Custom Credit which must be provided by Greenroads.   Equipment Fuel Efficiency: Credit CA‐4 (Possible Maximum Score = 1)  The Contractor shall fulfill the requirements of the following 2 subsections: 

I. Fossil Fuel Reduction  II. Warm‐Mix Asphalt 

 

I. Fossil Fuel Reduction  Information: 

The Contractor shall reduce the percentage of fossil fuel used in nonroad construction equipment.  The Contractor 

shall use biodiesel or another fuel alternative approved by the Owner and Engineer.   

Requirements:  The Contractor must  achieve  a 15%  fossil  fuel  reduction  for nonroad  construction equipment  and provide  the 

following: 

Page 9: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 9 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

 

1. The Contractor must submit a signed letter describing the fossil fuel use reduction measure used and the 

percentage reduction achieved.   

2. The Contractor must maintain a spreadsheet summarizing all fuel receipts used  in nonroad construction 

equipment for the project.  The spreadsheet shall indicate the amount spent and the biofuel (or accepted 

alternative) blend used.  The Contractor shall provide this spreadsheet with monthly pay applications.  

  Work Zone Air Emissions: Credit CA‐5 (Possible Maximum Score = 1)  The Contractor shall fulfill the requirements of the following 3 subsections: 

I. Equipment Emissions Reduction  II. Paving Emissions Reduction III. Warm Mix Asphalt 

 

I. Equipment Emissions Reduction  Information: 

The Contractor shall use nonroad construction equipment that meets or exceeds EPA Tier 4 emissions standards 

for nonroad construction equipment.   

The  Contractor  shall  consult with  Greenroads  (see  GREENROADS  TECHNICAL  SUPPORT;  this  specification)  for 

information on how to track equipment operating hours for purposes of this specification. 

Requirements: 

The  Contractor must  provide  documentation  that  at  least  50%  of nonroad  construction  equipment  operating 

hours are accomplished on equipment meeting or exceeding the EPA Tier 4 emissions standards. 

The Contractor shall provide a  list of all nonroad construction equipment  to be used on  the project at  the Pre‐

construction Conference to the City’s Environmental Project Manager.  The list shall contain the following: 

1. Make and model of each piece of equipment. 

2. Operating hours associated with the project. 3. Documented evidence that the equipment meets or exceeds EPA Tier 4 emissions standards. 

 

The Contractor shall submit this list with monthly pay applications. 

 

II. Paving Emissions Reduction  Information: 

The Contractor shall place at least 90% of the hot mix asphalt (HMA) on the job using a paver meeting or exceeding 

the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) emissions guidelines for roadway pavers [NIOSH 

No. 97‐105, April 1997 printing].   

Requirements: 

The Contractor shall provide the following at the Pre‐construction Conference to the City’s Environmental Project 

Manager: 

Page 10: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 10 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

1. List of all paving equipment to be used on the project 

2. Copy of Manufacturing Certification provided with paving equipment when purchased. 

 

The Contractor  shall provide  a  signed  statement  at  substantial project  completion  referencing  the  information 

provided to the City’s Environmental Project Manager stating only that equipment was used to place at least 90% 

of the HMA.  The Contractor shall submit this with the final pay application. 

 Work Zone Water Use: Credit CA‐6 (Possible Maximum Score = 3)  Information: 

The  Contractor  shall  maintain  a  spreadsheet  that  records  total  water  use  during  project  construction.    The 

spreadsheet shall contain the following for each construction activity requiring water use: 

1. Date 

2. Location and source of water used. 

3. Water source (Potable/Nonpotable). 

4. Total amount (gal) of water used. 

5. Method  of measurement  to  determine  quantity  (meter/hose  capacity/#  of water  tanks/pumping  rate 

over time). 

6. Disposal practice for unused water (Storm Drain/storage/ground surface) 

7. Water use permit type (hydrant/none) 

8. Total water cost ($)  

9. Notes 

The  Contractor  shall  consult with  Greenroads  (see  GREENROADS  TECHNICAL  SUPPORT;  this  specification)  for 

information on how to track water use during construction for purposes of this specification. 

Requirements: 

The  Contractor  shall  submit  a  sample water  use  tracking  spreadsheet  at  the  Pre‐construction  Conference  for 

approval by the City’s Environmental Project Manager. 

The Contractor shall submit the water use tracking spreadsheet with each pay application.  

 Accelerated Construction: Credit CA‐7 (Possible Maximum Score = 2)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   Procurement Integrity: Credit CA‐8 (Possible Maximum Score = 1)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   Communications & Outreach: Credit CA‐9 (Possible Maximum Score = 1)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.  

Page 11: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 11 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

 Fair & Skilled Labor: Credit CA‐10 (Possible Maximum Score = 2)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   Local Economic Development: Credit CA‐11(Possible Maximum Score = 1)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   Recycled & Recovered Content: Credit MD‐2 (Possible Maximum Score = 5)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   Local Materials: Credit MD‐5 (Possible Maximum Score = 5)  The Contractor shall consult with Greenroads (see GREENROADS TECHNICAL SUPPORT; this specification) for the requirements.  These are required as part of a Core Credit which must be provided by Greenroads.   4.0 MEASUREMENT  There will be no separate measurement made for Greenroads Project Requirements Credit and Core Credit.   

 5.0 PAYMENT 

 Project Requirements Credit and Core Credit, are  required  to be met  in  full  in accordance with  the Greenroads 

Requirements in order to receive full payment for this item.  

There will be no separate payment for the individual items listed or referenced in this specification.  Payment will 

be “all or nothing” payment for completion of all items in this specification.  Progress payments will not be allowed 

for this item. 

Payment will be made under:  

GREENROADS CERTIFICATION…………………………………………………………………………………………………………………………LS 

 

 

8) On page 00 75 00 – 63, delete the “SPGR‐02, GREENROADS CERTIFICATION – CORE CREDIT” in its entirety. 

 

 

9) On page 00 75 00 – 148, insert the attached Real Estate Special Provision for Parcel # 67 (Property Address: 117 W. 29th Street, Charlotte, NC). 

 

Page 12: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 12 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

 

DRAWINGS 

10) On the DRAWINGS, replace drawing sheet indicated below with the revised drawing sheet included as part of this Addendum No. 2: 

 

SHEET NO  DRAWING TITLE

20 OF 34  PLAN SHEETS

 

 

QUESTIONS & ANSWERS  

1. In regard to the Add Alternate  items for the Greenroads Certification,  it  is our opinion that these should be “allowances” or “incentives” established by the City.  They could be all or nothing payments or they could be incremental payments up  to  a  specific  amount  that would be paid  to  the Contractor based on how many points  are  earned  towards  the  Greenroads  Certification.   This  would  make  an  even  playing  field  for  all Contractors and if one felt they were confident in achieving the goals, they could adjust their bid accordingly taking into count that they would be paid the incentive amount set by the City? 

Answer: The Greenroads bid alternate items have been combined into one LS bid item to be measured and paid for  “all  or  nothing”  based  on  the  Contractor working with  the  City  to  achieve  a  target  rating  of  Silver.  In addition, the Greenroads SP’s  (SPGR‐01 and SPGR‐02) have been combined  into one revised SPGR‐01 Special Provision. The revised SPGR‐01 specification  indicates the Contractor requirements for the project and clearly specifies  requirements  for  achieving  the  target  project  rating.  To  achieve  the  target  project  rating,  the Contractor shall achieve a 20 out of possible 30 points from the Core Credits. The Contractor shall provide all documentation  required  to  achieve  these  points,  similar  to  the  intent  of  the  City’s  SBE  ‘Good  Faith  Effort’ requirement. The Contractor shall indicate intent to score a given amount of points in the target categories and the  resulting  score will be determined by  the Greenroads organization during  final project  review. The City project team will evaluate based on the Contractor’s participation and performance whether to award the LS payment in full.   

2. Is there any chance of  lowering the minority goal on this project?   Items  included to come up with goal are outside of scope i.e. paint and drywall. 

Answer: No.  The  City  established  the MBE  goal  for  this  project  based  on  the  various  commodity  codes  of available  city‐certified  MBE  subcontractors.   A  prime  contractor  may  select  any  of  these  available subcontractors for its bid submission. The NIGP Codes for Drywall and Painting were not used to calculate the overall project goal. Drywall vendors are not on the Vendor list but painting was included to permit a bidder to reach as many SBEs as possible during its outreach.  

3. Is there any chance that bid opening for this project could be pushed a couple of weeks? 

Answer: Bid opening date has been changed; see modification # 1 of this Addendum No. 2.  

4. Item  112,  SPU‐17,  Relocate  Existing Water Meter  specification  says,  "The  relocation  of  the  existing water meter may include, but is not limited to, any meters, valves, piping, or fittings. All pipe and fittings necessary to reconnect  the water meter  to  the water main will be considered  incidental." Also says, "Such prices and payments  will  be  full  compensation  for  all materials,  removal  and  relocating  water meter  pipe,  fittings, tapping saddles, equipment, excavation,  labor, backfilling, and  incidentals necessary to complete the work". 

Page 13: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Page 13 of 13 Attachment to Addendum No. 2 

Revised Itemized Bid Revised Commercial Non‐Discrimination Certification 

Real Estate Special Provision for Parcel # 67 Revised Drawing Sheet – 20 

 

City of Charlotte | 600 East Fourth Street | Charlotte, North Carolina 28202 | Phone: 704.336.2291 | Fax: 704.336.4554

The quantities for Items 75 through 92 appear to have been placed  in the bid to pay for each component of work needed along with Item 112. The descriptions at each location of work spell this out.  Item 108, SPU‐13, Water Meter Vault specification says, " Such prices and payments will be full compensation for all materials including  vault  and  access  door,  pipe,  fittings,  equipment,  excavation,  labor,  removal  of  existing  vault, backfilling, and  incidentals necessary to complete the work as required." There  is  Item 130, Remove Existing Meter Vault. Please clarify the specifications for the above items. 

Answer: SPU‐13, Water Meter Vaults and SPU‐17, Relocate Existing Water Meter have been modified  in this Addendum No. 2.   

 END OF ADDENDUM NO. 2 

Page 14: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 2 

 

  

ITEMIZED BID  

Project #:  512‐10‐039 

Project Name:  North Tryon Street Business Corridor Project  

SECTION 1:  BASE BID 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

1  800  Mobilization  1  LS    

2  SP‐01  Comprehensive Grading  1  LS    

3  SP‐03  Select Material  1,000  TN    

4  226  Undercut Excavation  1,500  CY    

5  270  Geotextile for Soil Stabilization  4,000  SY    

6  300 Foundation Conditioning Material, Minor Structures 

1,080  TN    

7  300  Foundation Conditioning Geotextile  10,000  SY    

8  SP‐17 Foundation Conditioning Material (# 57 Stone) 

700  TN    

9  310  15" R.C. Pipe Culverts, Class III  4,037  LF    

10  310  18" R.C. Pipe Culverts, Class III  1,037  LF    

11  310  24" R.C. Pipe Culverts, Class III  1,891  LF    

12  310  30" R.C. Pipe Culverts, Class III  2,764  LF    

13  310  36" R.C. Pipe Culverts, Class III  187  LF    

14  310  60" R.C. Pipe Culverts, Class III  249  LF    

15  SP‐06 10' x 7' Precast Reinforced Concrete Box Culverts 

300  LF    

16  SP‐06 6' x 9' Precast Reinforced Concrete Box Culverts 

150  LF    

17  607  Milling Asphalt Pavement, 0.0" to 3.0"  16,565  SY    

18  610 Asphalt Concrete Base Course, Type B 25.0C  

6,000  TN    

19  610 Asphalt Concrete Surface Course, Type S 9.5B  

6,080  TN    

20  610 Asphalt Concrete Intermediate Course, Type I 19.0C  

8,300  TN    

Page 15: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 3 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

21  620  Asphalt Binder for Plant Mix  917  TN    

22  654  Asphalt Plant Mix, Pavement Repair  700  TN    

23  815  Geotextile for Subsurface Drains  1,445  SY    

24  815  Subdrain Excavation  450  CY    

25  815  Subdrain Fine Aggregate  250  CY    

26  815 4" Perforated Subdrain Pipe w/Stone & Filter Fabric (815.03) 

1,445  LF    

27  840 Masonry Drainage Structures, NCDOT Std 840.01 Catch Basin 

115  EA    

28  840 Masonry Drainage Structures, Additional Depth 

244  LF    

29  840 Masonry Drainage Structures, NCDOT Std 840.14 Drop Inlet 

13  EA    

30  840 Masonry Drainage Structures, NCDOT Std 840.31 Junction Box 

14  EA    

31  840 Masonry Drainage Structures, NCDOT Std 840.34 Traffic Bearing JB 

8  EA    

32  840  Frame with Grate (all types)  150  EA    

33  846  1' 6" Concrete Curb and Gutter   1,936  LF    

34  846  6" X 18" Concrete Curb   200  LF    

35  846  2' 6" Concrete Curb and Gutter   19,935  LF    

36  848  4 " Concrete Sidewalk or pad  11,420  SY    

37  848  6" Concrete Driveways  4,060  SY    

38  SP‐18  6" Concrete Wheelchair Ramps  690  SY    

39  SP‐10  Brick Pavers for Sidewalk  450  SF    

40  852  Monolithic Concrete Islands, 5"  200  SY    

41  SP‐08  Wall, Precast Modular Block Retaining  180  SF    

42  SP‐07  Cast In Place Retaining Wall, Class A  850  SF    

43  SP‐09  Masonry Steps  2  CY    

44  858  Adjustment of Manholes  33  EA    

45  858 Adjustment of Meter Boxes or Valve Boxes 

74  EA    

Page 16: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 4 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

46  862  Steel Beam Guardrail   511  LF    

47  862  Guardrail Anchor Units, Type CAT‐1  2  EA    

48  862  Guardrail Anchor Units, Type 350  2  EA    

49  867  Wooden Fence Reset / Relocate  75  LF    

50  SP‐05  Safety Rail, Metal CLDS 50.04  979  LF    

51  876  Riprap (Class A, Class B, Class I & Class II)  370  TN    

52  SPL‐12  Topsoil  510  SY    

53  SPSRW‐11  Pump Around Operation  1  LS    

54  901  Contractor Furnished, Type E Sign  275  SF    

55  903  Supports, 2‐lb (3 kg) Steel U‐Channel   247  LF    

56  SP‐04  Traffic Control  1  LS    

57  1205  Paint, Temporary, 4"  15,000  LF    

58  1205  Paint, Temporary, 8"  2,400  LF    

59  1205  Paint Pavement Marking Stop Bars, 24"  1,200  LF    

60  1205  Paint Pavement Marking Symbols   30  EA    

61  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 4", 90 mils 

3,157  LF    

62  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 8", 90 mils 

1,050  LF    

63  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 24", 120 mils 

746  LF    

64  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 4" White Solid Lines (90 Mils) 

10,166  LF    

65  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 4" White Mini‐Skip (90 Mils) 

735  LF    

66  1205 Thermoplastic Pavement Marking Lines, 4" White Skip Lines (90 Mils) 

10,908  LF    

67  1205 Thermoplastic Pavement Marking Symbols, 120 mils 

120  EA    

68  1251  Permanent Raised Pavement Markers  331  EA    

69  SP‐13  Traffic Signal Cabinet Base  4  EA    

70  SP‐14  CDOT Pedestrian Signal Base  12  EA    

Page 17: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 5 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

71  SP‐15  Pull Box, CDOT, (13" x 24" x 12")  47  EA    

72  SP‐16  Conduit, PVC, 2", Schedule 80  9,300  LF    

73  SPU‐01 Foundation Conditioning Material, Utilities Class III 

800  TN    

74  SPU‐02  Bedding Material, Utilities Class II  800  TN    

75  SPU‐03   ¾” Copper Water Tubing, Type K  348  LF    

76  SPU‐03  1” Copper Water Tubing, Type K  38  LF    

77  SPU‐03  2” Copper Water Tubing, Type K  165  LF    

78  SPU‐03  5/8" Copper Water Tubing, Type K  100  LF    

79  SPU‐03  1 1/2" Copper Water Tubing, Type K  82  LF    

80  SPU‐04  3/4"x12" Tapping Saddle  3  EA    

81  SPU‐04  5/8"x8" Tapping Saddle  1  LF    

82  SPU‐04  5/8"x12" Tapping Saddle  1  EA    

83  SPU‐04  3/4"x6" Tapping Saddle  1  EA    

84  SPU‐04  3/4"x8" Tapping Saddle  6  EA    

85  SPU‐04  1"x12" Tapping Saddle  1  EA    

86  SPU‐04  1 1/2"x12" Tapping Saddle  2  EA    

87  SPU‐04  2"x6" Tapping Saddle  1  EA    

88  SPU‐04  2"x12" Tapping Saddle  2  EA    

89  SPU‐05  3/4" Corporation Stop  10  EA    

90  SPU‐05  5/8" Corporation Stop  1  EA    

91  SPU‐05  1" Corporation Stop  1  EA    

92  SPU‐05  1 1/2" Corporation Stop  2  EA    

93  SPU‐06  2" PVC Water Pipe  98  LF    

94  SPU‐07  6" Restrained Joint DIP, PC 350  676  LF    

95  SPU‐07  8" Restrained Joint DIP, (PC 350)  2,358  LF    

Page 18: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 6 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

96  SPU‐07  12" Restrained Joint DIP, PC 350  94  LF    

97  SPU‐08  DI Restrained Joint Water Pipe Fittings  10,431  LBS    

98  SPU‐09  2" Gate Valve  1  EA    

99  SPU‐09  6" Gate Valves  13  EA    

100  SPU‐09  8" Gate Valve  8  EA    

101  SPU‐09 3/4" Gate Valve & Valve Box (Direct Bury) 

1  EA    

102  SPU‐10  8" Line Stop  3  EA    

103  SPU‐10  6" Line Stop  7  EA    

104  SPU‐10  12" Line Stop  1  EA    

105  SPU‐10  2" Line Stop  2  EA    

106  SPU‐11  8"x2" Tapping Sleeve & Valve Assembly  2  EA    

107  SPU‐12  Water Meter Box  13  EA    

108  SPU‐13  Water Meter Vault  19  EA    

109  SPU‐14  Abandon & Remove Existing Fire Hydrant  7  EA    

110  SPU‐15  Proposed  Fire Hydrant  7  EA    

111  SPU‐16  Proposed/Relocate Existing Fire Hydrant  4  EA    

112  SPU‐17  Relocate Existing Water Meter  20  EA    

113  SPU‐18  Adjust Fire Hydrant  4  EA    

114  SPU‐18  Adjust Existing Water Vault  5  EA    

115  SPU‐18  Adjust Water Valve  48  EA    

116  SPU‐18  Adjust Existing Sanitary Sewer Manhole  31  EA    

117  SPU‐18  Adjust Existing Water Manhole  1  EA    

118  SPU‐18 Convert to Dolis Lid & Sealed Frame & Cover (Watertight) 

12  EA    

119  SPU‐19  8" DIP, PC 350  377  LF    

120  SPU‐19 10" DIP Sanitary Sewer Main (Pressure Class 350) 

114  LF    

Page 19: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 7 

 

    ADDENDUM # 2         

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

121  SPU‐20 8" Sanitary Sewer Manhole Outside Drop Assembly 

48  VF    

122  SPU‐20 Precast Concrete Sanitary Sewer Manhole (4‐foot Diameter) 

8  EA    

123  SPU‐21  Fill or Remove Abandoned 10" Pipe  114  LF    

124  SPU‐21  Fill or Remove Abandoned 12" Pipe  80  LF    

125  SPU‐21  Fill or Remove Abandoned 2" Pipe  1,906  LF    

126  SPU‐21  Fill or Remove Abandoned 6" Pipe  622  LF    

127  SPU‐21  Fill or Remove Abandoned 8" Pipe  2,647  LF    

128  SPU‐21 Breakdown, Remove, & Fill Existing Sewer Manhole 

3  EA    

129  SPU‐21  Remove Existing Sewer Manhole  7  EA    

130  SPU‐21  Remove Existing Meter Vault  27  EA    

131  SPU‐22  Sanitary Sewer Bypass Pumping  1  LS    

          Subtotal   

        10%  Contingency   

          Total Base Bid   

 

 

 

ADD‐ALTERNATE 

Item #  Section #  Description  Qty  Unit  Unit Price ($) Amount Bid ($) (Qty x Unit Price) 

132  SPGR‐01  Greenroads Certification   1  LS    

 

 Do not include any North Carolina Sales and Use Tax that 

qualifies as Eligible Taxes per Section 00 70 00, Subsection 2.17 “Sales and Use Tax”. 

Page 20: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

Project #:   512‐10‐039  Division 00 ‐ Procurement & Contracting RequirementsProject Name:  North Tryon Street Business Corridor Project

 

 

BID FORM AND SUPPLEMENTS  Initials: _______  00 40 00 ‐ 10 

 

ADDENDUM # 2  

COMMERCIAL NON‐DISCRIMINATION CERTIFICATION  

Project:  North Tryon Street Business Corridor Project

 Name of Company (Bidder): 

 

 The undersigned Bidder hereby certifies and agrees that the following information is correct:  1. In  preparing  the  enclosed  bid,  the  Bidder  has  considered  all  bids  submitted  from  qualified,  potential 

subcontractors and suppliers and has not engaged in discrimination as defined in Section 2.

2. For  purposes  of  this  certification  discrimination  means  discrimination  in  the  solicitation,  selection,  or treatment  of  any  subcontractor,  vendor  or  supplier  on  the  basis  of  race,  ethnicity,  gender,  age,  religion, national origin, or disability or any otherwise unlawful form of discrimination.  Without limiting the foregoing, discrimination  also  includes  retaliating  against  any  person  or  other  entity  for  reporting  any  incident  of discrimination.  

3. Without  limiting  any  other  remedies  that  the  City may  have  for  a  false  certification,  it  is  understood  and agreed that, if this certification is false, such false certification will constitute grounds for the City to reject the bid  submitted with  this  certification  and  terminate  any  contract  awarded based on  such bid.    It  shall  also constitute a violation of the City’s Commercial Non‐Discrimination Ordinance and shall subject the Bidder to any remedies allowed thereunder, including possible disqualification from participating in City contracts or bid process for up to two years.  

4. As a condition of contracting with the City, the Bidder agrees to promptly provide to the City all information and  documentation  that may  be  requested  by  the  City  from  time  to  time  regarding  the  solicitation  and selection  of  subcontractors  in  connection with  this  solicitation  process.    Failure  to maintain  or  failure  to provide such  information shall constitute grounds for the City to reject the bid submitted by the Bidder and terminate any contract awarded on such bid.  It shall also constitute a violation of the City’s Commercial Non‐Discrimination Ordinance and shall subject the Bidder to any remedies allowed thereunder.  

5. As part of its bid, the Bidder shall provide to the City a list of all instances within the past ten years where a complaint was  filed or pending against  the Bidder  in a  legal or administrative proceeding alleging  that  the Bidder  discriminated  against  its  subcontractors,  vendors  or  suppliers,  and  a  description  of  the  status  or resolution of that complaint, including any remedial action taken.  

6. As a condition of submitting a bid to the City, the Bidder agrees to comply with the City’s Commercial Non‐Discrimination Policy as described in Section 2, Article V of the Charlotte City Code, and consents to be bound by the award of any arbitration conducted thereunder. 

  By:                   

Signature of Company’s Authorized Representative                              

Title:                    Date:                   

 Revised at 4/27/2017 

Page 21: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

PROJECT NAME: North Tryon Business Corridor PROJECT NUMBER: PM51210039 PARCEL NUMBER: 67 TAX I.D. NUMBER: 079-088-06 STATE OF NORTH CAROLINA COUNTY OF MECKLENBURG

SPECIAL PROVISIONS: This Agreement is entered into this day of , 201 by and between Reza Shirzad and Frouzan Shirzad, Property Owners and the CITY OF CHARLOTTE. Property Address: 117 W. 29th Street, Charlotte, NC To Be Honored In The Event of Condemnation Access:

1. The City of Charlotte and/or its Contractor(s) will maintain circular access from two ingress/egress locations along W. 29th Street for trucks during construction of the above reference project.

a. The first ingress/egress location will utilize the existing asphalt driveway and part of a 20 FT existing access easement that is partially located on City of Charlotte property. Initially, this new ingress/egress location will consist of a temporary driveway with stone until such time as the permanent driveway can be constructed. After completion of the retaining wall and connector road the new driveway will have asphalt placed inclusive of the new driveway area that will be within the existing 20 FT access easement partially on Reza Shirzad’s property.

b. The second ingress/egress location will be constructed within the unopened N. Church Street Right of Way and will consist of compacted stone. This ingress/egress location will be constructed as part of the initial construction on the property.

c. During the retaining wall construction, it is anticipated the first ingress/egress location will experience some temporary closures. These closures will be coordinated with the owner.

d. The City of Charlotte and/or contractor(s) will coordinate with Reza Shirzad, Phone 704-724-7989 and/or Ali Shirzad 704-661-6549.

Fencing:

2. At the first ingress/egress location the City of Charlotte and/or its Contractor(s) shall

remove and then reset the existing (Approximately 6’) “chain link fence with additional 4 strands of barbed wire and existing gate(s)” following the completion of construction on the above referenced parcel.

a. If the existing fence cannot be utilized, then the Contractor shall replace the existing fence with “like/kind” materials. Said fence shall be appropriately tied in to existing side yard fence(s,) if applicable.

3. At the first ingress/egress location the City of Charlotte and/or its Contractor(s) shall

provide and maintain a temporary secure 6 ft. chain link fence with additional 4 strands of barbed wire and gates(s), throughout the duration of construction upon the above referenced property to properly secure the property, and prior to the removal of the property owners existing fence (described in Item 2 above) and before construction starts on said parcel.

a. The permanent fence and gate(s) described in Item 2 above, shall be installed prior to the removal of the temporary construction fence on the above referenced property.

Page 22: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

PROJECT NAME: North Tryon Business Corridor PROJECT NUMBER: PM51210039 PARCEL NUMBER: 67 TAX I.D. NUMBER: 079-088-06 STATE OF NORTH CAROLINA COUNTY OF MECKLENBURG

SPECIAL PROVISIONS (Continued) 4. At the second ingress/egress location (North Church Street 40 FT Public Right of Way)

part of existing chain link fencing along the owners property line will be removed and replaced with gated access.

By this agreement, the Parties desire to formalize and complete these certain matters.

Property Owner(s): _______________________________________________ Project Manager for the City of Charlotte: Agent for the City of Charlotte: .

Page 23: ADDENDUM No. 2 - Charlotte, North Carolinacharlottenc.gov/DoingBusiness/Lists/Solicitations/Attachments/371/...replace with the form attached with this Addendum No. 2. 4 ... promptly

APPR

OV

ED

BY

CA

D F

ILE

PA

TH

PR

EPA

RE

D B

YC

HE

CK

ED

BY

DA

TE

JOB

NO

.SC

AL

E

OF

SH

EE

TN

O.

DA

TE

BY

DE

SCR

IPT

ION

NO

RT

HT

RY

ON

STR

EE

TB

USI

NE

SSC

OR

RID

OR

SEAL

Plan

sPre

pare

dBy

:

200

Sout

hT

ryon

Stre

et,S

uite

200

Cha

rlot

te,N

C28

202

NC

Lic

ense

#F-0

102

C20

17

20

PLA

NSH

EETS

R

34

N/A

9/1

8/1

5JM

RR

EM

OV

ED

BO

JAN

GLE

SD

/W

N/A

9/1

8/1

5JM

RP

AR

CE

L67

:RE

TA

ININ

GW

ALL

N/A

5/2

5/1

6JM

RP

AR

CE

L67

:RE

TA

ININ

GW

ALL

FIL

L

joey.racer
Cloud
joey.racer
Cloud
joey.racer
Callout
Revised gravel driveway
joey.racer
Callout
Revised gravel driveway
joey.racer
Cloud
joey.racer
Callout
Revised gravel driveway quantity

Recommended