+ All Categories
Home > Documents > REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected...

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected...

Date post: 30-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
48
i Space Coast Transportation Planning Organization 2725 Judge Fran Jamieson Way Bldg. B, Room 105 Melbourne, FL 32940 PHONE: (321) 6906890 FAX: (321) 6906827 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) #P1602 Proposal Number: P1602 Description: Traffic Data Collection RFP Posting Date: September 1, 2015 Proposal Due Date: 2:00 p.m., Thursday, September 10, 2015 _________________________________________________________________________________________ Sealed Proposals subject to the conditions included within this RFP will be received by the Space Coast Transportation Planning Organization (TPO) at the below location until the time and date cited for furnishing services described herein. Deliver Proposals to: RFP #P1602, Traffic Data Collection Laura Carter, Operations Manager Space Coast Transportation Planning Organization 2725 Judge Fran Jamieson Way, Bldg. B, Rm 105 Melbourne, FL 32940 Offers must be in the actual possession of the Space Coast TPO on or prior to the time and date, and at the location indicated above. Late offers will not be considered. Offers must be submitted in a sealed envelope with the RFP Number and the bidder’s name and address clearly indicated on the envelope. Proposals submitted via telegraph, facsimile (FAX) machine, telephone, and electronic means, including but not limited to email, in response to the Request for Proposals will not be acceptable. Additional instructions for preparing and submitting a proposal are provided within this package. BIDDERS ARE STRONGLY ENCOURAGED TO CAREFULLY READ THE ENTIRE PROPOSAL PACKAGE. The Space Coast TPO, in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 USC 2000d et. Seq., and 49 CFR Part 21, Nondiscrimination in FederallyAssisted Programs of the Department of Transportation issued pursuant to such Act, hereby notices all bidders that it will affirmatively insure that in any contract entered into pursuant to this advertisement, minority business enterprises will be afforded full opportunity to submit bids in response to this invitation and will not be discriminated against on the grounds of race, color, or national origin in consideration for an award. As used in this Request for Proposal, the term “bid” shall mean the proposal/offer submitted. The term “bidder” shall mean the person or legal entity making the proposal/offer. For questions regarding this proposal package please contact the following: Laura Carter, Operations Manager Space Coast TPO (321) 6906890 or via email: [email protected]
Transcript
Page 1: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

i

Space Coast Transportation Planning Organization 2725 Judge Fran Jamieson Way 

Bldg. B, Room 105 Melbourne, FL 32940 PHONE: (321) 690‐6890       FAX: (321) 690‐6827 

 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

# P‐16‐02  Proposal Number:    P‐16‐02  Description:    Traffic Data Collection   RFP Posting Date:  September 1, 2015  Proposal Due Date:   2:00 p.m., Thursday, September 10, 2015      _________________________________________________________________________________________ Sealed Proposals subject to the conditions included within this RFP will be received by the Space Coast Transportation Planning Organization (TPO) at the below location until the time and date cited for furnishing services described herein.      Deliver Proposals to:  RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection     Laura Carter, Operations Manager     Space Coast Transportation Planning Organization     2725 Judge Fran Jamieson Way, Bldg. B, Rm 105     Melbourne, FL  32940  Offers must be in the actual possession of the Space Coast TPO on or prior to the time and date, and at the location indicated above. Late offers will not be considered. Offers must be submitted in a sealed envelope with the RFP Number and the bidder’s name and address clearly indicated on the envelope. Proposals submitted via telegraph, facsimile (FAX) machine, telephone, and electronic means, including but not limited to e‐mail, in response to the Request for Proposals will not be acceptable. Additional instructions for preparing and submitting a proposal are provided within this package.  BIDDERS ARE STRONGLY ENCOURAGED TO CAREFULLY READ THE ENTIRE PROPOSAL PACKAGE.  The Space Coast TPO, in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 USC 2000d et. Seq., and 49 CFR Part 21, Nondiscrimination in Federally‐Assisted Programs of the Department of Transportation issued pursuant to such Act, hereby notices all bidders that it will affirmatively insure that in any contract entered into pursuant to this advertisement, minority business enterprises will be afforded full opportunity to submit bids in response to this invitation and will not be discriminated against on the grounds of race, color, or national origin in consideration for an award. As used in this Request for Proposal, the term “bid” shall mean the proposal/offer submitted. The term “bidder” shall mean the person or legal entity making the proposal/offer.  For questions regarding this proposal package please contact the following: Laura Carter, Operations Manager Space Coast TPO (321) 690‐6890 or via e‐mail: [email protected] 

Page 2: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

ii

TABLE OF CONTENTS Space Coast Transportation Planning Organization 

RFP Number: P‐16‐02 Proposal Notice .................................................................................................................................. i Table of Contents ............................................................................................................................... ii Procurement Process ......................................................................................................................... 1 TPO Counts Historical Reference Information ................................................................................... 2 General Terms .................................................................................................................................... 3 Term of Agreement ............................................................................................................................ 3 Scope of Work .................................................................................................................................... 4 

I. SERVICES   A. Routine Traffic Volume Counts ......................................................................................... 4   B. Turning Movement and Pedestrian Counts ...................................................................... 6   C. Traffic Signal Timing Characteristics ................................................................................. 8   D. Vehicle Classification Counts ............................................................................................ 8   E. Special Traffic Counts ........................................................................................................ 10   F. Traffic Counts for Other Brevard County Jurisdictions ..................................................... 10 II. TPO RESPONSIBILITIES   A. Data and Services .............................................................................................................. 10   B. Notice to Proceed ............................................................................................................. 10 III. CONSULTANT RESPONSIBILITIES ............................................................................................ 11 IV. SPECIFICATIONS FOR WORK   A. Contractual Services Document ....................................................................................... 11   B. Completed Work Products ................................................................................................ 11 V. GENERAL   A. Professional Endorsement ................................................................................................ 11   B. Final Submittals ................................................................................................................. 11   C. Consultant Personnel ........................................................................................................ 12   D. Safety ................................................................................................................................ 12   E. Project Related Correspondence ...................................................................................... 12   F. Legal Proceedings .............................................................................................................. 12   G. Errors and/or Omissions ................................................................................................... 12   H. Professional Liability ......................................................................................................... 12 VI. SUBCONTRACTING SERVICES ................................................................................................. 13 VII. LENGTH OF SERVICE .............................................................................................................. 13 VIII. WORK ORDERS AND METHOD OF COMPENSATION ............................................................ 13 

Proposal Format ................................................................................................................................. 15 Evaluation Criteria and Award ........................................................................................................... 17 APPENDIX A – PROPOSAL COVER SHEET ............................................................................................ 19 APPENDIX B – EXECUTION OF PROPOSAL .......................................................................................... 20 APPENDIX C – REFERENCES ................................................................................................................ 21 APPENDIX D – PUBLIC ENTITY CRIME INFORMATION ....................................................................... 22 APPENDIX E– DISADVANTAGE BUSINESS ENTERPRISE STATEMENT ................................................. 23 APPENDIX F – DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION ........................................................ 24 APPENDIX G – CERTIFICATION REGARDING LOBBYING ..................................................................... 25 APPENDIX H – NON‐COLLUSION PROPOSAL CERTIFICATION ............................................................ 26 APPENDIX I – PRICE SHEET ................................................................................................................. 27 APPENDIX J – DRAFT PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT ........................................................... 28 

Page 3: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

1

 PROCUREMENT PROCESS 

 The following is a general description of the process by which a Bidder will be selected to provide traffic data collection services.  1. Request for Proposal (RFP) is posted on the Space Coast Transportation Planning Organization’s website, www.spacecoasttpo.com.   2. The RFP Number that appears on Page i has been assigned to specifically identify this RFP. This number shall be referenced in all communications regarding the RFP.  3. There is no mandatory or non‐mandatory pre‐proposal meeting set for this RFP.   4. One (1) original proposal and two (2) copies shall be submitted by each Bidder in a sealed envelope or package. The Price Sheet Appendix I, must be submitted along with the proposal, however, in a separate sealed envelope. Only one original copy of the Price Sheet is required. The originals shall be signed and dated by an official authorized to bind the bidding company. Unsigned proposals will not be considered.  5. All proposals must be received by the Space Coast TPO no later than the date and time specified on the cover sheet of this RFP. (Note: Please ensure that  if you use a third party carrier (Federal Express, Airborne, UPS, USPS, etc.) that they are properly instructed to deliver your bid only to the Space Coast TPO on the 1st floor of Building B at the Brevard County Government Center at the address referenced on Page i of this RFP. If the bid is delivered anywhere else, it may or may not reach the TPO in time. The TPO will NOT pay for any shipping costs associated with Bidder’s delivery against this proposal. All prices shall include applicable charges for delivery.   6. At the location, due date and time for all RFP’s, the proposal packages from each responding Bidder will be opened publicly and the name of each Bidder announced publicly. The Price Sheet will not be opened until all proposals are scored by the evaluators. Interested parties are cautioned that the costs submitted and their components are subject to further evaluation for completeness and correctness and therefore may not be an exact indicator of a Bidder’s pricing position.  7. At their option, the evaluators may request oral presentations or discussion with any or all Bidders’ for the purpose of clarification or to review the materials presented in any part of the proposal. Bidders are cautioned that the evaluators are not required to request clarification; therefore, all proposals should be complete and reflect the most favorable terms available from the Bidder.  8. Proposals will be evaluated according to completeness, content, experience with similar projects, ability of the Bidder and its staff, the Bidder’s proposal for completing the work, past performance, and cost. Award of a contact to one Bidder does not mean that the other proposals lacked merit, but that, all factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring and awarding of contract information can be found on Page 16 of this RFP.  9. Bidders are cautioned that this is a request for offers, not a guarantee of work, and the Space Coast TPO reserves the unqualified right to reject any and all offers when such rejection is deemed to be in the best interest of the Space Coast TPO. 

Page 4: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

2

 10. All single unit prices submitted on price sheet shall be firm and fixed until September 1, 2016. Revised unit costs may be submitted as outlined in Appendix J, SECTION V – COMPENSATION of the Professional Services Agreement.  In the event of a price disparity between the unit and extended price, the unit price shall prevail unless judged to be obviously in error by the TPO.  11. The TPO will not be responsible for any Bidder errors or omissions. All prices and notations shall be written in black or blue ink or typed. Changes or corrections made on the bid form must be initialed in ink by the individual signing the bid. No corrections will be permitted after the offers have been opened.  12. Requests for information concerning procedures for responding to the bid, must be made in writing to Laura Carter, Operations Manager, Space Coast TPO, 2725 Judge Fran Jamieson Way, Melbourne, FL 32940.  Such  contact  shall  be  for  clarification  purposes  only.  Material  changes,  if  any,  to  the specifications will be posted on the TPO website as addendums. It is up to the bidders to regularly check the TPO website for any addendums or clarifications that may be posted.  13. Bidders shall promptly notify the TPO staff, prior to submission of their proposal, of any ambiguity inconsistency,  or  errors,  which  they  discover  upon  examination  of  the  proposal  documents.  No interpretation  of  the meaning  of  the  specifications  or  other  documents will  be made  to  any  Bidder orally,  nor may  Bidder  rely  on  any  such  pre‐proposal  statements  in  completing  the  proposal.  Every request  for  interpretation  or  clarifications must  be  in writing  addressed  to  Laura  Carter, Operations Manager, Space Coast TPO, 2725  Judge Fran  Jamieson Way, Melbourne, FL 32940. Electronic written request may also be submitted via e‐mail to [email protected]. To be given consideration, such requests must be received no later than September 7, 2015, at 10:00 a.m.   14.  The  successful  Bidder  will  be  notified  by  phone  and/or  mail  that  their  proposal  has  been recommended  for award. Upon acceptance of offer by  the vendor,  the Traffic Data Collection Service Agreement  will  be  executed  and  approved  by  the  TPO  Executive  Director.  Although  the  Executive Director has the authority to approve such a contract when situations such as a timing deadline arise, (the collection of  traffic counts needs  to begin around October 1st)  the contract will be placed on  the Space  Coast  TPO’s  board  agenda  for  ratification  at  their October  8,  2015 meeting.  In  the  event  any clarifications or changes  in the contract are requested by the Board, the TPO staff will coordinate any necessary contract amendment with consent from the successful Bidder.   15. A printed copy of the proposals scoring tabulation will be available upon written request to the TPO Office.  Oral  requests  will  not  be  accepted.  Each  request must  reference  the  Proposal  number  and description. 

TPO COUNTS HISTORICAL REFERENCE INFORMATION  The Space Coast TPO uploads its traffic volume counts in .prn format to an on‐line web based application. The TPO’s historical traffic data and count location information may be viewed at the following URL:  http://brevard.ms2soft.com/tcds/tsearch.asp?loc=Brevard&mod= 

Page 5: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

3

GENERAL TERMS  1. All bidders are hereby placed on notice that the TPO members and its staff shall not be contacted about this RFP. Bidders and their agents are hereby placed on notice that they are not to contact members of the TPO or staff (with the exception of the contact person). Public meetings and public deliberations of the proposals (if applicable) are the only acceptable forum for the discussion of merits or products/services requested by the RFP; and written correspondence in regard to bids may be submitted to the TPO Executive Director and/or contact person. Failure to adhere to these requirements could results in TPO action to disqualify your firm from consideration of award.  2. Drug Free Workplace: Whenever two (2) or more bids, which are equal with respect to price, quality, and service, are received by the TPO for the procurement of commodities or contractual services, a bid received from a business that has implemented a drug free workplace program (per Florida statutes Section 287.087) shall be given preference in the award process.  3. The TPO will not accept a bid from vendors who knowingly employ unauthorized alien workers, constituting a violation of the employment provisions contained in 8 U.S.C. Section 1324a(e) (Section 274A (e) of the Immigration and Nationality Act “INA”). The TPO shall consider a vendor’s intentional employment of unauthorized aliens as grounds for immediate termination of any awarded bid.  4. The TPO is not liable for any cost incurred by any bidder prior to any award. Costs for developing a response to this request for proposals are entirely the obligation of the bidder and shall not be chargeable in any manner to the TPO.  5. In accordance with Americans with Disabilities Act and Section 286.26 F.S., persons with disabilities needing special accommodations to participate should contact the TPO office at 321‐690‐6890 for assistance.  TERM OF AGREEMENT  The TPO will enter into a professional services agreement for traffic data collection for a period of five (5) years. The TPO shall have the option to renew the agreement for one (1) additional year beyond the initial five (5) year agreement. The contract could potentially total six (6) years.    

Page 6: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

4

 SCOPE OF SERVICES 

 Purpose  The data collection function will  involve performing special and routine traffic volume, turning movement and pedestrian  counts and  collecting other  related  traffic data at  specified  locations  throughout Brevard County, Florida, as determined by the Space Coast Transportation Planning Organization’s (TPO) Project Manager. Such data  will  be  used  by  the  TPO  for  a  variety  of  transportation monitoring  programs,  Brevard  County,  local governments  for  their  concurrency management  systems,  the  Florida Department of  Transportation, private citizens  and  local  businesses.  This  scope  of  services  section will  become  an  exhibit  to  the  final  Professional Services Agreement upon award and approval of contract to the successful bidder. For this section, the bidder shall be referred to as the CONSULTANT.  Estimated annual quantities of the below types of data collection services are included as part of the Price Sheet in Appendix I that must be submitted with each proposal. The quantities listed are for awarding of bid only and do not represent a guaranteed amount.  

I. SERVICES  SECTION A. Routine Traffic Volume Counts  The CONSULTANT shall collect forty‐eight (48) hour directional traffic counts by fifteen (15) minute intervals at specified  locations.  Locations will  be  determined  by  the  TPO’s  Project Manager.  The  CONSULTANT  will  be notified of the locations through an annual Notice to Proceed or work order.  Portable  automatic  traffic  counters  using  pneumatic  tubes  will  be  utilized  or  other  type  of  technology  as approved by the TPO Project Manager. They will provide a record of traffic volumes and time of day for each location. The CONSULTANT may be required to verify their accuracy by conducting a manual traffic count for a minimum period to be determined by the TPO’s Project Manager. Such verification will be at the CONSULTANT’s expense. Each location will be counted one time.  The CONSULTANT will be required to count the directional volume at each location. All directional counts must be  counted  on  the  same  days with  forty‐eight  (48)  hours  in  common. All  counts must  be  taken  during  the weekday period from 12:01 AM, Monday through 12:00 Noon Friday. Traffic volume counts shall be reported on a  midnight‐to‐midnight  basis.  Counts  will  be  conducted  at  the  same  location  in  subsequent  years  to  the maximum extent possible.   The CONSULTANT shall report the following information for each count location.  

1. General a) Data file name (for traffic volumes must use TPO assigned ID number and file naming format) b) Station identification code c) Start and stop dates d) Start and stop times e) Count Interval  f) Location/Segment  g) Latitude and Longitude for GIS 

Page 7: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

5

2. For each direction for each 24 hour period: a) Fifteen minute volume b) AM peak hour volume c) PM peak hour volume d) Total volume e) The beginning time of the AM and PM peak hours f) The AM and PM peak hour factors (PHF)  

3. For both directions for each 24 hour period: a) Fifteen minute volume b) AM peak hour volume c) PM peak hour volume d) Total volume e) The beginning time of the AM and PM peak hours  f) The AM and PM peak hour factors (PHF) 

4. For both directions for the entire 48 hour period: a) AM peak hour average volume b) PM peak hour average volume c) Total average volume d) The average beginning time of the AM and PM peak hours e) The average AM and PM peak hour factors (PHF)  

Section A Deliverables:  

1. One hard copy printout of collected data  in spreadsheet format. Hard copy printouts should be on 8.5 x 11  inch paper. The printout  format  should efficiently and effectively  transmit and  summarize all of  the required data items. The format must be approved by the TPO’s Project Manager. All of the traffic volume printouts for an entire roadway within a geographic area (such as all of US 1 in the south county mainland area) should be grouped together for submission. Printouts should be submitted in a three ring binder of appropriate size. The year, geographic area and type of count should be labeled on the cover. 

 2. Electronic  file(s)  containing  all  the  required  data  items  shall  be  provided.  The  file  format  must  be 

approved by  the TPO’s Project Manager and will  include  .prn  files  for each  location. The  .prn  files are uploaded to the TPO’s on‐line traffic count site hosted by Midwestern Solutions, Inc. The consultant may be  asked  to  upload  the  files  directly  after  approval  and  acceptance  of  the  count  volume  by  the  TPO Project Manager. For reference please visit the following website:  http://brevard.ms2soft.com/tcds/tsearch.asp?loc=Brevard&mod= 

 Data collected and processed by the CONSULTANT must be verified by the CONSULTANT prior to submission to the TPO. Locations that exhibit more than ten percent (10%) deviation from the previous year’s count on a daily basis must  be  recounted  unless  otherwise  exempted  by  the  Project Manager.  Such  recounts  will  be  at  the CONSULTANT’s expense.  It should be  recognized by  the CONSULTANT  that some aspects of  the data  reporting  format may change over time. The TPO’s Project Manager will discuss any potential changes with the CONSULTANT prior to the issuance of the first work order each year. The feasibility of implementing any proposed changes and the impact such changes may have on the CONSULTANT’s work effort will be assessed. 

Page 8: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

6

Period of Performance  The period of  time  for  the CONSULTANT  to submit  the  results of  the  forty‐eight  (48) hour  traffic counts  to  the TPO’s Project Manager will be determined prior to the issuance of any authorizing work order, and will consider the nature and number of  the  counts,  local needs and  the CONSULTANT’s work  load. Typically,  counts will be taken in the North, South and Beaches planning areas between October 1 and December 15 each year and Merritt Island and Central planning areas will be taken between January 10 – February 28 each year. See Figure 1 below.  

Figure 1 – Planning Areas 

 SECTION B. Turning Movement and Pedestrian Counts  The CONSULTANT shall record and summarize  turning movements and pedestrian counts  in  fifteen  (15) minute intervals at intersections specified by the TPO. Turning movement and pedestrian counts should occur as close to possible to the date of the traffic counts on the intersecting streets. 

NORTH 

CENTRAL

SOUTH

BEACHES

MERRITT ISLAND

Page 9: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

7

 For  each  specified  intersection,  turning movement  and  pedestrian  counts will  be  conducted  for  the  following periods unless otherwise directed by the Project Manager.  

a. AM peak period  6:00 AM to 9:00 AM b. PM peak period  3:00 PM to 6:00 PM 

 For each of the above periods, the following items will be provided for each intersection:  

1. General a) File Name b) Node Number if assigned by the TPO c) Date d) Intersecting streets  

2. Turning Movement and Pedestrian Counts a) Vehicular and pedestrian volume for each movement by direction for each 15 minute period, for each hour and for each three hour period b) Right turn on red  (RTOR) volume by direction for each 15 minute period, for each hour and for each three hour period c)  Total  vehicular  plus  right  turn  on  red  volume  for  each movement  by  direction  for  each  15 minute period, for each hour and for each three hour period d)  A  peak  period  analysis  of  the  “vehicular  plus  RTOR”  data  for  each  direction  and  for  the  entire intersection that includes: 

i.   Start time of the peak hour ii.  The peak hour factor iii.  Peak hour directional volumes and percentages  

Section B Deliverables:  

1. Electronic  file(s)  of  collected  data  in  the manner  described  in  Section  A,  Traffic  Volume  Counts.  The electronic file format should contain all required data  items and must be approved by the TPO’s Project Manager. 

 Data collected and processed by the CONSULTANT must be verified by the CONSULTANT prior to submission to the  TPO.  Locations where  the  total  approach  volume on  any  intersection  leg deviates more  than  ten percent (10%) from the previous year’s count on a daily basis will be recounted unless otherwise exempted by the Project Manager. Such recounts will be at the CONSULTANT’s expense.  It should be  recognized by  the CONSULTANT  that some aspects of  the data  reporting  format may change over time. The TPO’s Project Manager will discuss any potential changes with the CONSULTANT prior to the issuance of the first work order each year. The feasibility of implementing any proposed changes and the impact such changes may have on the CONSULTANT’s work effort will be assessed.      

Page 10: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

8

Period of Performance  The period of time for the CONSULTANT to submit the results of turning movement counts will be determined by the TPO Project Manager prior to the submission of any authorizing work order, and will consider the nature of the count(s), local needs and the CONSULTANT’s work load.  C. Traffic Signal Timing Characteristics  This  data  collection  function  involves  the measurement  and  analysis  of  traffic  signal  cycle  length  and  phase timings at all locations where turning movement counts are conducted.  The CONSULTANT shall measure,  record and summarize  the duration  in seconds of  the  total  traffic signal cycle length  and  of  each  signal  phase  at  each  signalized  location where  turning movement  counts  are  taken.  The CONSULTANT shall record signal cycle timings during the AM and PM peak periods. The cycle  lengths and phase lengths  from  a minimum  of  eight  (8)  cycles  shall  be measured.  The  cycle  length  and  phase  length  for  each measured cycle shall be reported to the nearest whole second. The CONSULTANT shall also calculate and report the average length of the traffic signal cycle and of each phase to the nearest tenth of a second. The signal timing shall occur as near as possible to the date of the turning movement counts.  Section C Deliverables:  The CONSULTANT shall submit hard copies (8 ½ x 11 inch paper) and electronic file(s) of the timing data for each intersection and the data collected. The signal timing data should indicate the intersection location, node number if assigned by the TPO, period measured (AM or PM), the date of timing and the FDOT Signal Operating Pattern (S.O.P.)  number  that  corresponds  to  the  phasing  pattern  of  each  intersection  measured.  The  traffic  signal summary report should clearly indicate the travel direction served by each phase and the timings of protected left turn phases. At  the  request of  the  TPO Project Manager,  the CONSULTANT may be  asked  to  submit  the data collection field sheets. Prior to undertaking this task for the first time, the TPO Project Manager must approve the data collection and processing procedure and the reporting format to be used by the CONSULTANT.   Period of Performance  The period of time for the CONSULTANT to submit the results of traffic signal timings will be determined prior to the submission of any authorizing work order, and will consider  the nature of  the  timings,  local needs and  the CONSULTANT’s work load.  D. Vehicle Classification Counts  This  data  collection  function  will  involve  performing  vehicle  classification  counts  at  specified  locations  as determined by the TPO’s Project Manager. Vehicle classification involves the observation of highway vehicles and the subsequent sorting of resulting data into a fixed set of categories based on the type of vehicle. Vehicles will be classified  into  thirteen  groupings  according  to  FHWA  Classification  Scheme  commonly  used  by  the  Florida Department of Transportation (See Figure 2).  

Page 11: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

9

Figure 2. FHWA Vehicle Classifications 

 The CONSULTANT will be responsible for the collection of forty‐eight (48) hours of vehicle classification at fifteen (15) minute  intervals at each  location predetermined by  the TPO’s Project Manager. Portable automatic  traffic counts will be utilized. They will provide a record of vehicle classification and time of day for each  location. The CONSULTANT will  be  required  to  count  locations  according  to  their  directional  characteristics.  All  directional locations must  be  classified  on  the  same  day  (s)  with  forty‐eight  (48)  hours  in  common  to  be  useable.  All classification must  be  taken  during  the weekday  period Monday  through  Friday.  The  number  and  location  of classification  counts  will  be  determined  at  the  beginning  of  each  annual  count  cycle.    In  general,  up  to approximately ten (10) vehicle classification counts may be required each count cycle. The exact number may vary depending upon the TPO's data needs. The CONSULTANT may be required to verify their accuracy by conducting a manual count for a minimum period to be determined by the TPO’s Project Manager.  Section D Deliverables:  The CONSULTANT shall provide collected data in the manner described in Section A, Traffic Volume Counts. Data collected and processed by  the CONSULTANT must be verified by  the CONSULTANT prior  to  submission  to  the TPO. Locations that exhibit more than ten percent (10%) deviation from the previous year’s count on a daily basis will be recounted unless otherwise exempted by the Project Manager. Such recounts will be at the CONSULTANT’s expense.  Period of Performance  The period of time for the CONSULTANT to submit the results of vehicle classification counts will be determined prior to the submission of any authorizing work order, and will consider the nature of the count(s),  local needs and the CONSULTANT’s work load.    

Page 12: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

10

E. Special Traffic Counts  The CONSULTANT may be  required  to  collect  the  following  types of  traffic data: Twenty‐four  (24) hours up  to seven  (7) day  traffic  counts at  fifteen  (15) minute or one  (1) hour  intervals, Friday  through Monday  counts at fifteen (15) minute or one (1) hour intervals, twenty‐four (24) hours of vehicle classification at fifteen (15) minute intervals,  and/or  turning movement  counts  at  supplemental  locations. Duration,  interval,  location  and  type of study will  be  determined  by  the  TPO’s  Project Manager.  Data  collection  and  reporting methodology will  be identical to the appropriate section above or as determined by the TPO’s Project Manager. Any special traffic data collection activity will be discussed and scheduled with the CONSULTANT prior to the submission of a work order.  Period of Performance  The period for the CONSULTANT to submit the results of vehicle classification counts will be determined prior to the submission of any authorizing work order, and will consider the nature of the count(s),  local needs and the CONSULTANT’s work load.  F. Traffic Counts for Other Brevard County Jurisdictions  The TPO offers the services of the CONSULTANT to other municipalities within Brevard County.  Cities desiring to collect  traffic data must notify  the TPO of  the  location and  type of data  to be collected by September 15 each year.  The requests, if any, are reviewed with the CONSULTANT for feasibility and scheduling.  If it is determined the city request(s) can be reasonably accommodated within the TPO's annual count program, the city request will be added to the TPO's data collection program for that cycle.   The city will be billed at the same rate the TPO  is billed for a comparable count.  The CONSULTANT will invoice the city directly and not rely upon the TPO to pay for the supplemental counts.  The data collection procedure and reporting format will be identical to that required by the TPO.  The summarized data will be provided to both the requesting city and to the TPO.  II. TPO REPONSIBILITIES  A. Data and Services  

1. The TPO shall provide the following: a.   All available procedures, standards, and policies applicable to the services. b.   Drawings, reports, schedules, and specifications pertinent to the CONSULTANT’s responsibilities. c.   The TPO Project Manager shall be the technical representative of the TPO for the project. While  it  is expected  that  the  CONSULTANT  shall  seek  and  receive  advice  from  various  state,  regional  and  local agencies, the final direction on all matters of a technical nature will remain with the Project Manager.  

B. Notice to Proceed  

The Project Manager shall  furnish the CONSULTANT with a Notice  to Proceed  letter on an annual basis. No work shall be commenced by the CONSULTANT until receipt of a Notice to Proceed letter.  If  requested by  the CONSULTANT or  the TPO,  the TPO will  conduct a Notice  to Proceed meeting with  the CONSULTANT  immediately  following  receipt of  the Notice  to Proceed  letter. This meeting may  include  the CONSULTANT’s representatives and other relevant TPO staff. The purpose of this introductory meeting will be for  the TPO  to  render  all  relevant  information  in  its possession,  to establish  any parameters  for  the work conducted and to explain the financial and legal administration of the contract. 

Page 13: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

11

 III. CONSULTANT RESPONSIBILITIES    1. The consultant shall be responsible for obtaining any and all permits required and for all costs related to 

the same.    2.  The  consultant  shall be  responsible  for obtaining  and  securing  all  necessary permissions  for  the use of 

utility poles, right‐of‐way, etc., prior to collecting data. The consultant shall make this  information available when requested. 

   3. The consultant personnel  shall be equipped with cellular  telephones or other communication devices  to 

facilitate resolution of potential problems regarding the work.    4.  The  consultant’s  vehicles  shall  be  equipped  with  signs  identifying  and  displaying  the  name  of  the 

consultant/contractor.    5. The consultant shall be responsible for the safety of its counters and the traveling public and shall adhere to 

all applicable state and federal occupational safety and health laws and regulations. Any locations with unsafe conditions  (including, but not  limited  to,  sight distance,  roadway geometry, environmental  conditions, and traffic flow) shall be reported to the TPO project manager without collecting data. The consultant shall also conform  to  Manual  on  Uniform  Traffic  Control  Devices  (MUTCD)  standards  for  mobile  operations  (if applicable). 

   6. The consultant shall be responsible for ensuring its personnel adhere to applicable state and federal labor 

laws and regulations regarding work hours, breaks, etc.  IV. SPECIFICATIONS FOR WORK  A. Contractual Services Document 

The  CONSULTANT  shall  ensure  that  all  contractual  documents  and  support  forms  have  been  reviewed, approved and submitted to the TPO Project Manager. 

 B. Completed Work Products 

Delivery of completed work products shall be to the TPO’s Project Manager at the Space Coast Transportation Planning Organization, 2725 Judge Fran Jamieson Way, Building B, Melbourne, Florida 32940. Telephone: 321‐690‐6890. Fax: 321‐690‐6827.  

V. GENERAL  A. Professional Endorsement 

At  the annual completion of  the  traffic data collection process, one original  letter shall be delivered  to  the TPO Project Manager stating that all reports, data and support documents have been reviewed, approved and certified by a Florida Registered Professional Engineer responsible for the project. 

 B. Final Submittals 

Upon  completion  of  the  contract,  the  CONSULTANT  shall  deliver  to  the  TPO,  in  an  organized manner,  all project files, maps, sketches, worksheets, spreadsheet templates, plans and other material used or generated during the project. 

Page 14: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

12

  C. Consultant Personnel 

The CONSULTANT’s work shall be performed and/or directed by the key personnel identified in the proposal forms submitted by the CONSULTANT. Any changes in the indicated personnel shall be subject to review and approval by the TPO. 

 D. Safety 

The CONSULTANT shall ensure that all task and studies requiring field activities are conducted professionally and in a manner that utilizes accepted safety methods and practices. The safety of the traveling public and the CONSULTANT’s field staff shall be an essential element of each field study activity. 

 E. Project Related Correspondence 

The  CONSULTANT  shall  furnish  copies  of  all  written  correspondence,  whether  in  writing  or  digital  form, between the CONSULTANT and any person or legal entity pertaining to this project. Said correspondence shall be furnished to the TPO’s Project Manager for their records within three (3) days of the receipt or mailing of said correspondence. 

 F. Legal Proceedings 

The CONSULTANT and its employees, subcontrators and employees, past or present, shall serve as an expert witness  in any  legal proceeding  if required. The fee for these services shall be established  if and when, they are needed. 

 G. Errors and/or Omissions 

The CONSULTANT shall be responsible for the professional quality, technical accuracy and the coordination of all  traffic  counts, designs, drawings,  specifications and other  services  furnished by  the CONSULTANT under this  contract.  Random  site  inspections  and  evaluation  of  documents  and  data  reports  by  the  TPO representative will be the determinant of acceptable quality. 

 The CONSULTANT  shall, without additional compensation, correct or  revise any errors or deficiencies  in  its counts, reports, and other services. 

 The CONSULTANT shall be responsible without additional compensation for all errors and/or omissions (and approved  corrections  of  same)  that  result  from  said  firm’s  performance  of  the  services  described  herein, whether substandard or not. 

 H. Professional Liability 

Neither  the  TPO’s  review,  approval  or  acceptance  of,  nor  payment  for,  the  services  required  under  this contract shall be construed  to operate as a waiver of any  rights under  this contract or any cause of action arising out of  the performance of  this contract. The CONSULTANT  shall be and  remain  liable  to  the TPO  in accordance  with  applicable  law  for  all  damages  to  the  TPO  caused  by  the  CONSULTANT’s  negligent performance of any of the services furnished under this contract.  The rights and remedies of the TPO provided for under this contract are  in addition to any other rights and remedies provided by law.  If the CONSULTANT is comprised of more than one legal entity, each such entity shall be jointly and severally liable hereunder. 

Page 15: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

13

 VI. SUBCONTRACTING SERVICES  Due  to  the nature and scope of  the  required services,  it may be desirable  for  the CONSULTANT  to subcontract portions of the work. The CONSULTANT shall be authorized to subcontract these services under the provisions of the document. The subcontracting firm(s) must be approved in writing by the TPO prior to initiation of any work.  VII. LENGTH OF SERVICE  In general, the services covered by this agreement shall be performed annually between the beginning of October through the end of the following February. More specifically, the CONSULTANT shall have five months from the issuance of the first Notice to Proceed for completing the services defined  in Section I.A through I.D. Extensions may be granted by the TPO Project Manager to account for unforeseen circumstances. Traffic studies will not be scheduled  during major  holidays  or  launch  events  as  determined  by  the  TPO  Project Manager.  Special  traffic counts (Section I.E) may be scheduled by the TPO Project Manager following consultation with the CONSULTANT at any time of the year.  VIII. REQUEST FOR WORK AND METHOD OF COMPENSATION  The TPO agrees to compensate the CONSULTANT for services to be performed in the following manner:  

1.   All professional services provided by the CONSULTANT for the TPO shall be  identified  in a formal request for work via a Notice to Proceed. Work requests shall entail a list of the locations (by both street name(s) and identification code numbers as may be assigned by the Space Coast TPO), the types of traffic data the CONSULTANT shall collect and process and an estimate of the cost for such services. Normally, the traffic data  collection  program  will  require  the  issuance  of  an  annual  Notice  to  Proceed  to  collect  data  in accordance with  the  TPO’s  planning  areas, Beaches, Merritt  Island,  South  County,  Central  County  and North County). More than one request for work may be in effect at a time.  

 2.    Separate  requests  for work will  be  issued  for  any  special  traffic  studies.  Such work  shall  identify  the 

location(s),  type, estimated cost and duration of  the  required data collection and processing. A specific time limit may be stipulated in the request for special traffic studies. Costs will be based, to the maximum extent feasible, on the unit costs contained in the bid form. Some deviation from the costs in the bid form may be considered for extraordinary circumstances if documented by the CONSULTANT and approved in writing by the TPO Project Manager prior to the issuance of the Notice to Proceed. 

 3.   The CONSULTANT shall be compensated for work authorized under this Agreement based on the schedule 

of rates contained in the bid Price Sheet form.   4.  The schedule of rates shall include all costs related to the performance of the work. The CONSULTANT shall 

not be entitled to any reimbursement for incidental or other expenses directly or indirectly related to the performance of the data collection and processing identified in a work order. 

 5.   Upon completion of assigned work, the CONSULTANT shall submit signed  invoices to the TPO, except for 

data collected under Section 1.F. The amount of each  invoice submitted shall be the amount due for all services  performed  in  the  execution  of  the  work.  The  invoice  shall  identify  the  number  of  counts performed  by  type,  as  listed  on  the  bid  Price  Sheet,  the  unit  cost  for  each  type,  and  the  total 

Page 16: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

 

14

reimbursement  requested.  Payment will  be  issued  in  accordance with  Section  V  –  Compensation  and Section VI – Payment and Partial Payments of the Professional Services Agreement. 

 6.  The unit prices contained in the bid Price Sheet shall remain in effect for one (1) year.  At least thirty (30) 

days prior to the anniversary date of the Professional Services Agreement, the CONSULTANT may submit in writing  to  the TPO  revised unit  cost estimates and  justification  for  the adjustment. The  justification should  reference  specific  demonstrable  increases  in  the  cost  of  collecting  the  traffic  data  in  Brevard County. The unit cost adjustment and its justification shall be considered and reviewed by the TPO Project Manager  and  TPO  Executive Director.  If  approval  is  granted,  the  new  rates will  go  into  effect  on  the anniversary date of the Professional Services Agreement. If not, the existing prices in the bid price sheet shall remain in effect. It is understood that all decisions pertaining to the continuation of the contract and fees paid  for  rendered services  lie with  the Space Coast Transportation Planning Organization and shall follow  the  guidelines  as  outlined  in  Section V  –  Compensation,  Section D  of  the  Professional  Services Agreement. 

 7.  The  TPO’s  performance  and  obligation  to  pay  under  this  contract  is  contingent  upon  an  annual 

appropriation by the Florida Legislature and Federal government.    

Page 17: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

15

PROPOSAL FORMAT  The Bidder’s proposal for providing traffic data shall be on a unit price per type of data requested on price sheet. Compensation for all  labor, materials, equipment, freight and any other  incidentals to complete the project shall be included in the total fixed per unit cost. The Bidder’s proposal shall be submitted by the date and time specified. Submission of a proposal will be evidence that the Bidder understood  the  scope  and  requirements of  this RFP. Proposals  shall have  an Arial or Times New Roman type face of no smaller than 10‐point font, be printed on single or double‐sided “letter” size pages (8.5” x 11”), and stapled  in the top  left corner. One original and two copies of the proposals shall be submitted. Binders, dividers, tabs, covers, etc. are prohibited.   Proposals will be  screened  for  following  the  format as described below.  If  the proposal meets all format requirements and includes all required documents, it will then be considered and scored for potential award of contact. Proposals shall be  limited to a maximum of no more than twenty (20) pages as follows:  1. Page 1. Proposal cover sheet (see Appendix A) 

 2. Page 2. Completed and signed “Execution of Proposal” sheet (see Appendix B) 

 3. Page 3. Introduction (one (1) page maximum) – An introductory letter indicating statement of 

qualifications, understanding of the scope and general specifications for the work, statement of worker safety and adherence to applicable safety and labor laws and regulations, statement of  insurance,  statement of  registration  to work within  the  State of  Florida,  company home office location, and certification of (and authority for) proposal submittal. 

 4. Page  4.  Staff  (one  (1)  page maximum)  –  A  list  of  technical  staff  (the  number  and  type  of 

positions having  traffic data  collection  skills and experience) and oversight  staff  (individuals responsible  for managing  the data  collection project  and  their names  and  experience).  For each position listed, indicate (1) individual’s name, (2) number of years of experience for this type of work, and (3) the percentage of time dedicated to this work. 

 5. Pages  5‐6.  Equipment  (two  (2)  pages  maximum)  –  A  list  of  equipment  including  the 

manufacturer and model, the number owned, and the type of data collected with each type of equipment,  a  description  of  the  testing  procedures  for  each  piece  of  equipment,  software used to process traffic data, the type of data reports generated with each software, statement of  adherence  to  the  manufacturer’s  requirements  and  specifications  for  maintaining  and calibrating  the equipment, and statement  that  the  installation  (if applicable) and use of  the equipment is in accordance with manufacturer instructions and/or guidelines. 

 6. Pages 7‐10. Methods  (four  (4) pages maximum) – A brief explanation of  the method  to be 

used  to  collect  each  data  item  bid  on  as  listed  on  the  Price  Sheet  (Appendix  I). May  also include  information  on  alternative  methods  and  transportation  related  data  collection services  using  advanced  and/or  new  technologies  along with  options  on  providing  annual reports  identifying trends. These optional services are not to be  included on Price Sheet and are for informational purposes only. This information provides the RFP reviewers with a better understanding of the bidders depth of experience and services offered. 

 

Page 18: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

16

7. Page 11. Past Performance (one (1) page maximum) ‐ Bidder shall provide three (3) sources of prior work  of  similar  nature  to  this  RFP  conducted within  the  last  five  (5)  years.  The  past performance  must  include  firm/business  work  performed  for,  length  of  contract,  cost  of contract, and a brief summary of the type of work performed. Information should also include any obstacles encountered and how they were resolved along with total cost of contract. 

 8. Page 12. References – List up to three different references for performing the similar type of 

work  (within  in  the  last  five  (5)  years)  as  requested  under  this  RFP’s  scope  of work  (see Appendix C). These may or may not be the same as those provided under past performance. 

 9. Page 13‐14.  Insurance  (two  (2) pages maximum) – Proof of  current  insurance  coverage  for 

worker’s  compensation,  commercial  general  liability  and  automobiles. May  provide  proof either by  copy of  a Certificate of  Liability  Insurance  form or  listing  in  a  table  the  following information:  name  of  insurance  company  providing  coverage;  policy  number;  agent information; type of insurance, amount of coverage and policy effective and expiration dates. Proof  of  Professional  Liability  insurance  will  be  required  only  if  awarded  contract.  This insurance  is  included  as  part  of  the  Professional  Services  Agreement,  Section  XXI,  A.4. Including  proof  of  Professional  Liability  Insurance  is  not  required  as  part  of  the  formal response to this RFP. 

 10. Pages 15‐19. The Space Coast TPO utilizes Federal Grant funds in fulfilling the requirements of 

F. S 339.175. Therefore when using federal funds to procure the services as described herein as part of  this RFP, all bidders must  complete, execute and  submit with  their proposal  the following forms:  a. Public Entity Crime Affidavit form (see Appendix D) b. Disadvantaged Business Enterprise Certification Letter, if applicable (see Appendix E) c. Debarment and Suspension Certification (see Appendix F) d. Certification Regarding Lobbying (see Appendix G) e. Non‐Collusion Proposal Certification (see Appendix H) 

 11. Page 20. Price sheet. All unit prices shall be in whole U.S. dollars and the Price sheet shall be 

signed  (see  Appendix  I). MUST  SUBMIT  PRICE  SHEET  IN  A  SEPARATE  SEALED  ENVELOPE MARKED  ‘PRICE SHEET’, and must  include bidding firms name and RFP number.  If a bidder fails to place the price sheet in a separate sealed envelope, their proposal will be rejected and not considered for award. 

  

Page 19: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

17

 EVALUATION CRITERIA AND AWARD  Proposals will be evaluated as follows:  

Item  Criteria  Maximum Points

1  Staffing Experience  of  both  technical  and  oversight  staff  assigned  to  conduct the  work  as  outlined  in  this  RFP.  Consider  years  of  experience  and percentage of time dedicated to this type of work. 

2  Types of Equipment  Bidder  shall  list  the  type  of  equipment  they will  use  for  the  services required  in  the  scope  of  services.  Information  shall  include manufacturer, model, number owned, type of data collected with each type of equipment, testing procedures, software used to process data, and calibration process.  

3  Methodology Bidder shall provide a description of their approach on how they would collect  traffic  data  for  the  services  as  described  this  RFP’s  scope  of services.  May  also  include  information  on  alternative  methods  and transportation  related data  collection  services using  advanced  and/or new  technologies  along  with  options  on  providing  annual  reports identifying  trends.  These  optional  services  are  not  to  be  included  on Price Sheet and are  for  informational purposes only. This  information provides the RFP reviewers with a better understanding of the bidders depth of experience and services offered.   

45 

4  Past performance (similar work) Bidder shall provide three (3) sources of prior work of similar nature to this  RFP.  The  past  performance  must  include  firm/business  work performed for, length of contract, cost of contract, and a brief summary of  the  type  of work  performed.  Information  should  also  include  any issues encountered  (such  as equipment  failure, weather delays,  costs over‐runs,  etc.)  and how  they were  resolved  along with  total  cost of contract.  

15 

5  Cost*  30 

  Total Maximum Points  100 

 

*The total estimated annual cost reflected in the Price Sheet (Appendix I) will be worth a maximum of 

30 points. The bidder submitting the lowest estimated total annual cost will be awarded 30 points 

with each subsequent bidder awarded points based on percentage difference to lowest annual cost. 

See the scoring example on following page. 

 

 

 

 

 

 

Page 20: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

18

 

COST SCORING EXAMPLE: 

 

Bidder A  Raw Score  Weight  Total 

Price Sheet Total ‐ $80,000 (Lowest)  100  30%  100 x .30 = 30 

Bidder B  Raw Score  Weight  Total 

Price Sheet Total ‐ $100,000 

(*See Calculation Below) 

78  30%  78 x .30 = 23 

*Percentage Difference Calculation Formula:  

(|A ‐ B|/((A +B)/2))*100 

(|80,000 – 100,000| / ((80,000 + 100,000)/2)) * 100 =  

(20,000) / ((180,000/2)) *100 =  

(20,000 / 90,000) * 100 = 

.22 * 100 = 22 % Difference 

 

100 – 22 = 78 points (Raw Score for Bidder B) 

  AWARD OF CONTRACT  The award of this contract will be made to the highest overall total points awarded.  PROPOSAL REJECTION  Any proposal submitted which fails to comply with any of the proposal requirements contained herein shall be considered irregular and shall be rejected. The TPO also reserves the right to reject any and all bids when in the best interest of the TPO.  

Page 21: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

19

 APPENDIX A 

 PROPOSAL COVER SHEET 

 Request for Proposals (RFP #):  P‐16‐02  Description:  Traffic Data Collection  Bidder/Company Name:  ______________________________________________________  THIS COVER PAGE IS TO BE FILLED OUT AND RETURNED WITH YOUR BID PROPOSAL. FAILURE TO DO SO MAY SUBJECT YOUR PROPOSAL TO REJECTION.   Bidder certifies that they have read, understand, and willfully and faithfully comply with this solicitation, its attachments and any referenced documents. Bidder also certifies that the prices offered were independently developed without consultation with any of the other bidders or potential bidders. By signing below the bidder has also reviewed the Draft Professional Services Agreement (Appendix J) and will execute said agreement if awarded contract. The submitter of this proposal agrees that the TPO reserves the right to reject any and all offers in whole or in part.     Authorized Signature ___________________________________________________  Date ________________________________________________  

Page 22: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

20

APPENDIX B  

EXECUTION OF PROPOSAL  By submitting this proposal, the potential contractor certifies the following:  

This proposal is signed by an authorized representative of the Bidder (Company). 

It can obtain insurance certificates as required within ten (10) calendar days after notice of award. 

The unit cost and availability of all equipment, materials, and supplies associated with performing the services described herein have been determined and included in the proposed costs. 

All labor costs, direct and indirect, have been determined and included in the proposed costs.  It is not included on the lists of persons or firms currently debarred for any reason, including 

but not limited to violations of various public contracts incorporating labor standards provisions, maintained by the United States Comptroller General, the United States Department of Transportation, the Florida Department of Transportation, the Space Coast Transportation Planning Organization, Brevard County or any other transportation agency of any state. 

 Therefore, in compliance with the Request for Proposals, and submit to all conditions herein, the undersigned offers and agrees, if this proposal is accepted within 90 days from the date of the opening, to furnish the subject services for the prices quoted in the attached required Price Sheet form.  BIDDER: _________________________________________________________________  ADDRESS: _________________________________________________________________  CITY, STATE, ZIP: ___________________________________________________________  TELEPHONE NUMBER: ______________________________  FAX: ___________________  E‐MAIL: __________________________________________________________________  BY: _________________________________________ TITLE: __________________________              (Signature)  ____________________________________________ DATE: __________________________              (Printed name)  ************************************************************************************ RECEIPT OF PROPOSAL – DO NOT WRITE BELOW – FOR TPO USE ONLY  Space Coast Transportation Planning Organization  BY: _______________________ TITLE: ______________________ DATE: ___________TIME: ________  This page must be signed and included in your proposal as unsigned proposals will not be considered. 

Page 23: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

21

APPENDIX C  

REFERENCES  

The Bidder shall provide three (3) references for which the Bidder has provided similar scoped projects within the last five (5) years. The three references must be with different businesses/firms. The SCTPO may contact these references to determine quality of work the bidder provided. Failure to submit this information may subject bid to rejection.  Business #1 Name: ____________________________________________________________________  Contact Person/Phone Number: _________________________________________________________  Contact E‐mail: _______________________________________________________________________  Type of Work Performed: _______________________________________________________________  Length of Contract: ______________Date Completed: __________ Contract Budget: _______________    Business #2 Name: ____________________________________________________________________  Contact Person/Phone Number: _________________________________________________________  Contact E‐mail: _______________________________________________________________________  Type of Work Performed: _______________________________________________________________  Length of Contract: ______________Date Completed: __________ Contract Budget: _______________    Business #3 Name: ____________________________________________________________________  Contact Person/Phone Number: _________________________________________________________  Contact E‐mail: _______________________________________________________________________  Type of Work Performed: _______________________________________________________________  Length of Contract: ______________Date Completed: __________ Contract Budget: _______________ 

Page 24: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

22

APPENDIX D  

Public Entity Crime Information  

As provided in s. 287.133 F.S., “A person or affiliate who has been placed on the State of Florida convicted vendor list following a conviction for a public entity crime may not submit a proposal on a contract to provide any goods or services to a public entity, may not submit a proposal on a contract with a public entity for the construction or repair of a public building or public work, may not submit proposals on leases of real property to a public entity, may not be awarded or perform work as a contractor, supplier, sub‐contractor, or contractor under a contract with any public entity, any may not transact business with any public entity in excess of the threshold amounts provided in s. 287.017, F.S., for Category TWO for a period of thirty‐six (36) months from the date of being placed on the convicted vendor list.” The person/legal entity submitting this proposal affirms that neither it nor its subcontractors, nor any of their principals, have been placed on the State of Florida convicted vendor list within the past 36 months.  Acknowledgement of Public Entity Crime Information:   Bidder (Company) Name: _______________________________________________________________  Typed Name and Title of Authorized Official: _______________________________________________  Authorized Signature: __________________________________________________________________  Date: _______________________________________________________________________________  

Page 25: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

23

APPENDIX E 

 DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE (DBE) STATEMENT 

 The Space Coast Transportation Planning Organization has established a Disadvantaged Business Enterprise (DBE) program in accordance with regulations of the U.S. Department of Transportation (DOT), 49 CFR Part 26. The TPO has received Federal financial assistance from the Department of Transportation, and as a condition of receiving this assistance, the TPO has signed an assurance that it will comply with 49 CFR Part 26.  Therefore, the bidder shall agree to ensure that Disadvantaged Business Enterprises as defined in 49 CFR Part 26, as amended, have the maximum opportunity to participate in the performance of this Agreement. If your company qualifies as a DBE, please provide with the bid proposal package a copy of the DBE certification letter.  

Page 26: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

24

APPENDIX F  

DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION  

As Required by U.S. Regulations on Government Wide Debarment and Suspension (Non‐procurement) at 49 CRF 29.510 

(1)  The (Name of Bidder) __________________________ hereby certifies to the best of its knowledge and belief, that it and its principals:  

(a) Are not presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared ineligible, or voluntarily excluded from covered transactions by any Federal department or agency;  

(b)  Have not within a three‐year period preceding this proposal been convicted of or had a civil judgment rendered against them for commission of fraud or a criminal offense in connection with obtaining, attempting to obtain, or performing a public (Federal, state, or local) transaction or contract under a public transaction; violation of Federal or state antitrust statutes; or commission of embezzlement, theft, forgery, bribery, falsification or destruction of records, making false statements, or receiving stolen property;  

(c)  Are not presently indicted for or otherwise criminally or civilly charged by a governmental entity (Federal, state, or local) with commission of any of the offenses listed in paragraph (b) of this certification; and  

(d)  Have not within a three‐year period preceding this certification had one or more public transactions (Federal, state, or local) terminated for cause or default.  

(2)  The (Bidder) _____________________________ also hereby certifies that if, later, it becomes aware of any information contradicting the statements of paragraphs (a) through (d) above, it will promptly provide that information to the U.S. DOT.  

Company (Bidder) Name: _________________________________________________________  Typed Name and Title of Authorized Official: ________________________________________  Authorized Signature: ____________________________________________________________  Date: __________________________________ 

 

Page 27: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

25

APPENDIX G  

CERTIFICATION REGARDING LOBBYING  

Certification for Contracts, Grants, Loans, and Cooperative Agreements 

 

The undersigned certifies, to the best of her or his knowledge and belief, that:  

(1)  No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.  

(2)  If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form‐LLL, “Disclosure Form to Report Lobbying,” in accordance with its instructions.  

(3)  The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for all sub‐awards at all tiers (including subcontracts, sub‐grants, and contracts under grants, loans, and cooperative agreements) and that all sub‐recipients shall certify and disclose accordingly.  

This certification is a material representation of fact upon which reliance is placed when this transaction was made or entered into.  Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by Section 1352, Title 31, U.S. Code.  Any person who fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000.00 and not more than $100,000.00 for each such failure.  

The Bidder, _____________________________ certifies or affirms the truthfulness and accuracy of each statement of its certification and disclosure, if any. In addition, the Proposer understands and agrees that the provisions of 31 U.S.C. A 3801, et seq., apply to this certification and disclosure, if any.  

Company (Bidder) Name:_________________________________________________________  Typed Name and Title of Authorized Official: ________________________________________  Authorized Signature: ____________________________________________________________  Date: __________________________________

Page 28: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

26

APPENDIX H  

Non‐Collusion Proposal Certification  

By submission of this proposal, each Bidder and each person signing on behalf of any Bidder certifies, and in the case of a joint proposal, each party certifies as to its own organization, under penalty of perjury, that to the best of his/her knowledge and belief:  

1) The prices in the Bid Proposal have been arrived at independently without collusion, consultation, communication or agreement, with any other Bidder or with any other competitor for the purpose of restricting competition as to any other matter relating to such prices. 

 

2) Unless otherwise required by law, the prices which have been noted in this Bid Proposal have not been knowingly disclosed by the Bidder and will not knowingly be disclosed by Bidder prior to opening, directly or indirectly, to any other Bidder or to any competitor and, 

 

3) No attempt has been made or will be made by the Bidder to induce any other person, partnership, or corporation to submit or not to submit a Bid Proposal for the purpose of restricting competition. 

  Company (Bidder) Name:_________________________________________________________  Typed Name and Title of Authorized Official: ________________________________________  Authorized Signature: ____________________________________________________________  Date: __________________________________

  

Page 29: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

27

APPENDIX I  

PRICE SHEET  

Contractor shall provide all labor, materials, and equipment necessary for traffic counts, classification studies, or other special studies in accordance with the scope of services provided in Section 3.0.  Please provide a unit and subtotal price for the following types of categories for the traffic data collection program. Unit prices shall be in whole U.S. dollars. 

  

Estimated Annual Quantity 

Unit  Description  Unit Price  Subtotal 

500  Each  48  Hour  Directional  Count,  per count station 

   

2  Each  48  Hour  Classification  count,  per count station 

  

10  Each   Turning Movement – 1 person, per count station 

   

10  Each  Turning Movement – 2 person, per count station 

   

5  Each  Signal Timing, per signal location  

   

Estimated Total Annual Cost  $ 

 Quantities may be adjusted at discretion of the TPO. The quantities  listed are estimates for bid award purposes.      Certified By (Bidder printed name):_______________________________________________________  Authorized Signature: __________________________________________________________________  Date: ________________________________________  

Page 30: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

27

APPENDIX J  

DRAFT PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT   

  This  is an agreement entered  into this _________ day of ___________, 2015, by and between 

the Space Coast Transportation Planning Organization, an agency of the State of Florida organized and 

operating  pursuant  to  Section  339.175,  Florida  Statutes,  hereinafter  referred  to  as  the  “TPO”,  and 

___________________________, whose address is                                                       , hereinafter referred 

to as “CONSULTANT”. 

  For and in consideration of the mutual agreement hereinafter contained, the TPO hereby retains 

the CONSULTANT and the CONSULTANT hereby covenants to provide professional services as prescribed 

herein. 

 

SECTION I ‐ GENERAL IDENTIFICATION OF SERVICES 

  All  professional  services  provided  by  the  CONSULTANT  for  the  TPO  shall  be  identified  in 

accordance  with  the  Scope  of  Services  in  Exhibit  “A”  (hereinafter:  the  “professional  services”)  and 

performed to current professional standards of the applicable discipline applicable within East Central 

Florida (Orange, Volusia, Seminole, Brevard, and Osceola Counties).  The Scope of Services shall entail a 

description of services to be performed, a statement of fees, proposed schedule for compensation and a 

projected  schedule  for  completion of  the work  to be performed by  the CONSULTANT.   The Scope of 

Services shall not give rise to any contractual rights until approved by the TPO in the form of a written 

Notice to Proceed signed by the TPO Executive Director or other authorized representative of the TPO.  

The written Notice to Proceed, the provisions of General Terms of the Request for Proposal #P‐16‐02, 

and any minor modifications to the Scope of Services, as approved by the TPO Executive Director, shall 

constitute an addendum to this agreement. 

 

SECTION II ‐ TPO OBLIGATIONS 

  The TPO Obligations are set forth  in Section II. of Exhibit “A.” Unless said data  is “confidential” 

or  “exempt”  from  release  to  the  general  pursuant  to  the  Public  Records  Law,  Chapter  119,  Florida 

Statutes, or other applicable provision of  law as determined  in the sole discretion of the TPO, the TPO 

shall make available to the CONSULTANT, upon request, any data available in the TPO's files pertaining 

to the work to be performed under this Agreement. 

 

Page 31: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

28

 

SECTION III ‐ PROFESSIONAL SERVICES 

  Upon  receipt  of  the  Notice  to  Proceed,  the  CONSULTANT  agrees  to  perform  professional 

services associated with the requested work  in accordance with the negotiated terms  identified  in the 

attached Scope of Services, Exhibit “A”, and in accordance with current accepted professional standards 

and practices currently used or in effect in East Central Florida and acceptable to the Florida Department 

of  Transportation.    The  CONSULTANT  warrants  the  adequacy  and  constructability  of  any  plans  or 

specifications  as being fit and merchantable for the purpose of compiling traffic count data, as generally 

described and provided under this Agreement and Scope of Services, and agrees to immediately correct 

any errors and omissions because the plans/specifications were found defective or for any other reason  

which may be required within thirty (30) calendar days of notice by the TPO, or upon a determination of 

the CONSULTANT of  the existence of  such errors or omissions, whichever event  shall  first occur. Said 

corrections  and  revisions  shall  be  accomplished  by  the  CONSULTANT,  at  no  cost  to  the  TPO.    This 

remedy shall be cumulative with all other remedies available under law. 

  In  connection  with  professional  services  to  be  rendered  pursuant  to  this  Agreement,  the 

CONSULTANT further agrees to: 

A.  Maintain an adequate staff of qualified personnel. At a minimum, at  least one Florida 

Registered Professional Engineer with at least five (5) years of experience in the field of 

transportation  shall  be  available  to work  on  fulfilling  the  CONSULTANT’s  duties  and 

responsibilities pursuant to this contract during the term of this Agreement.  

B.  Ensure  that  plans meet  all  current  federal,  state  and  local  laws,  rules,  and  Brevard 

County  or  Brevard  County municipal  ordinances,  all  as  amended  from  time  to  time 

during the term of this Agreement, and which are applicable to the work. 

C.  Cooperate  fully with  the  TPO  in  the  scheduling  and  coordination of  all phases of  the 

work.  

D.  Cooperate and coordinate with other TPO consultants, as directed from time to time by 

the TPO. 

E.  Report  the  status  of  the  work  to  the  TPO  upon  request  and  hold  pertinent  data, 

calculations, field notes, records, sketches and other projects open to the inspection of 

the TPO or its authorized agent at any time. 

F.  Submit for TPO review design computations, sketches and other data representative of 

the work's progress at the percentage stages of completion which may be specified  in 

Page 32: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

29

the  Scope  of  Services.    Submit  for  TPO  approval  the  final  work  product  upon 

incorporation of any modifications  requested by  the TPO during any previous  review.  

Any  TPO  approval  of  the  CONSULTANT'S  plans,  design  or  specifications  shall  not  be 

deemed to diminish the CONSULTANT'S warranty or obligations set forth. 

G.  Confer  with  the  TPO  during  the  further  development  and  implementation  of 

improvements for which the CONSULTANT has provided traffic data or other services. 

H.  Interpret traffic data summaries and other documents; correct errors and omissions and 

prepare any necessary data collection procedural revisions not involving a change in the 

scope of the work required, at no additional to the TPO cost within thirty (30) calendar 

days of notice by the TPO, or upon a determination of the CONSULTANT of the existence 

of such errors or omissions, whichever event shall first occur. 

SECTION IV ‐ TIME OF COMPLETION 

  The services to be rendered by the CONSULTANT for each section of the work shall commence 

upon  receipt  of  a  written  Notice  to  Proceed  from  the  TPO  subsequent  to  the  execution  of  the 

Agreement and shall be completed within the time stated in Exhibit “A”, Scope of Services. 

  As  additional  consideration  for  this  Agreement,  the  CONSULTANT  agrees  that  a  reasonable 

extension of time shall be granted by and at the discretion of the TPO  in the event there  is a delay on 

the part of the TPO  in fulfilling  its part of the Agreement or should weather conditions, acts of God or 

hidden conditions delay performance of the CONSULTANT's duties. Such extensions of time shall be the 

sole  remedy  of  the  CONSULTANT  for  such  delays,  and  the  CONSULTANT will  not  be  entitled  to  any 

damages or any claim for extra compensation. 

SECTION V ‐ COMPENSATION 

  The TPO agrees to pay and the CONSULTANT agrees to accept, for services rendered pursuant to 

this Agreement, fees and other compensation computed on a unit basis. Compensation shall be based 

on the unit costs set out in the price sheet form in Exhibit “B”. The TPO agrees to exercise due diligence 

in paying acceptable fees in a timely and expeditious manner. 

A. The  CONSULTANT  shall  be  responsible  for  work‐related  and  incidental  expenses.  These 

expenses  include  but  are  not  limited  to  document  reproduction,  facsimile  transmissions, 

travel and routine expenses such as local and long distance phone calls, routine postage of 

under  $1,  per  individual  correspondence  letter  or  item, word  processing,  and  clerical  or 

secretarial  services.  These  expenses  are  considered  overhead  and will  not  be  eligible  for 

reimbursement by the TPO. 

Page 33: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

30

B. Expenses  other  than  compensation  for  the  unit  costs  set  out  in  the  price  sheet  form  in 

Exhibit “B” that the TPO agrees to pay and the CONSULTANT agrees to accept  include only 

the following. Postage charges will be billed, if at all, at the amount charged by the U.S. Post 

Office.   Postage will be  charged only  if  the  cost  is $1 or over  for mailing of an  individual 

correspondence  letter or  item.    If a courier  is utilized, courier charges will be billed at  the 

amount charged by the Contractor's courier.   

C. When reimbursement  is sought, a copy of the  invoice shall be submitted to the TPO.   The 

invoice must specify the charge made, who or what company made the charge, the date of 

the charge, what the charge was for, and that it is related to this Agreement. 

D. At  least thirty (30) days prior to each anniversary date of this Agreement either party may 

request an adjustment to the rates (in Exhibit “B”) provided for herein to apply as soon as 

approved  and  official  notice  has  been  transmitted  to  the  CONSULTANT.    Failure  of  the 

parties to agree on a new rate shall constitute a basis for issuing a Notice of Termination by 

either party.  Any proposed change in rates by the CONSULTANT shall be subject to the prior 

approval  of  the  TPO  in  its  sole  and  absolute  discretion.    In  the  event  the  CONSULTANT 

requests a change  in  rate, either party may  terminate  this Agreement  in accordance with 

Section XVIII should the proposed rates or fees not be mutually acceptable. 

SECTION VI ‐ PAYMENT AND PARTIAL PAYMENTS 

  Subject to the TPO's right to withhold any amounts reasonably necessary to complete or correct 

defective or substandard work, the TPO shall make payments or partial payments to the CONSULTANT 

for all authorized work performed  in accordance with the Florida Prompt Payment Act, Florida Statues 

section 218.70, et seq.  A payment schedule shall be determined in each request for work with a Notice 

to Proceed order.  

A.  The CONSULTANT shall submit signed invoices to the TPO. 

B.  The  amount  of  each  invoice  submitted  shall  be  the  amount  due  for  all  services 

performed to date in connection with authorized work, as certified by the CONSULTANT.  

The  invoice  shall  be  accompanied  by  copies  of  invoices  for  reimbursable  expenses  if 

identified  in  Exhibit  A.  The  current  total  (gross)  invoice  amount,  current  retention 

amount,  current  net  invoice,  previous  amount(s)  invoiced  and  amount  of  remaining 

project budget, if applicable, shall be clearly indicated on each invoice. 

C.  If  the TPO determines  that an  invoice does not comply with  the above  requirements, 

the CONTRACTOR shall be notified in writing of the issue(s) related to the invoice within 

Page 34: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

31

seven  (7) days of TPO’s  receipt of  the  invoice. The TPO  reserves  the  right  to withhold 

payments  in the event of CONTRACTOR’s performance being materially non‐compliant 

with the Agreement. In the event the TPO fails to pay any invoice when due, in addition 

to any other  right reserved hereunder, CONTRACTOR reserves  the right  to suspend or 

limit performance until all past due sums are paid. 

D.  Sales Tax.  The TPO is exempted from payment of Florida state sales and use taxes and 

Federal  Excise  tax.    The  CONSULTANT,  however,  shall  not  be  exempted  from  paying 

Florida  state  sales  and  use  taxes  to  the  appropriate  governmental  agencies  or  for 

payment  by  the  CONSULTANT  to  suppliers  for  taxes  on materials  used  to  fulfill  its 

contractual  obligations  with  the  TPO.    The  CONSULTANT  shall  not  use  the  TPO's 

exemption number  in securing such materials.   The CONSULTANT shall be  responsible 

and  liable for the payment of all  its FICA/Social Security and other taxes resulting from 

this Agreement.  Said sales and use or excise taxes may be submitted for reimbursement 

to the TPO.  The CONSULTANT shall be responsible and liable for the payment of all its 

FICA/Social  Security  and other  taxes  resulting  from  this Agreement.    This  sub‐section 

shall survive the termination of this Agreement. 

E. The  CONSULTANT  shall  not  pledge  the  TPO's  credit  or make  the  TPO  a  guarantor  of 

payment  or  surety  for  any  contract,  debt,  obligation,  judgment,  lien,  or  any  form  of 

indebtedness. 

SECTION VII ‐ SCHEDULE OF WORK 

  The  TPO  shall  have  the  sole  right  to  determine  on which  units  or  sections  of  the work  the 

CONSULTANT  shall  proceed  and  in what  order.    Should  a  revision  effect  a  change  in  scope,  cost  or 

schedule associated with this Agreement, the CONSULTANT shall submit such revisions for review and, if 

warranted, approval by the TPO in writing prior to commencing the revision.  CONSULTANT waives any 

right to make a claim for additional compensation based upon a revision if such notice was not provided.   

SECTION VIII ‐ RIGHT OF APPEAL 

  All  services  shall  be  performed  by  the  CONSULTANT  to  current  reasonable  professional 

standards and practices as described in Sections I and III and to the reasonable requirements of the TPO.  

The  TPO  staff  shall  decide  and  dispose  of  all  claims,  questions  and  disputes  arising  under  this 

Agreement.   Such determination shall be  final, conclusive and binding upon  the parties hereto unless 

such determination is clearly arbitrary or unreasonable.  In the event the CONSULTANT does not concur 

with the decisions of the TPO, within ten (10) days filed in the TPO office after determination by the TPO 

Page 35: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

32

staff,  the CONSULTANT  shall present  any  such objections  in writing  to  the  TPO Chairman  and, upon 

request, any adverse determination shall be referred to an appeal board comprised of a representative 

of the TPO Board, the TPO Technical Advisory Committee and the TPO Citizens Advisory Committee for 

review and disposition at a hearing to be held within thirty (30) days after receipt of the appeal.   This 

paragraph  does  not  constitute  a waiver  of  either  party's  right  to  proceed  in  a  court  of  competent 

jurisdiction,  provided  that  prior  to  filing  any  suit  the  CONSULTANT  goes  through  the  appeal  process 

established in this Agreement and provided further that the CONSULTANT strictly abides by the ten‐day 

time deadline set forth in this paragraph. 

SECTION IX – PUBLIC RECORDS 

A.   It  is hereby specifically agreed that all documents, papers,  letters, maps, books, tapes, 

photographs,  films,  sound  recordings,  data  processing  software,  or  other material,  regardless  of  the 

physical form, characteristics, or means of transmission, made or received pursuant to law or ordinance 

or in connection with the transaction of official business pursuant to or related to this Agreement of the 

CONSULTANT  or  a  Subconsultant,  or  any  of  their  employees,  related,  directly  or  indirectly,  to  this 

Agreement, hereunder, shall be deemed to be a “Public Record” whether in the possession or control of 

the  TPO  or  the  CONSULTANT  or  a  Subconsultant.  Further,  the  CONSULTANT,  for  itself  and  any 

Subconsultant,  agree  that  pursuant  to  this  Agreement,  the  CONSULTANT  is  performing  a  service  on 

behalf of  the TPO.   Consequently, said Public Record  referenced above  is subject  to  the provisions of 

Chapter 119, Florida Statutes, and may not be destroyed without  the specific written approval of  the 

TPO’s contract administrator. 

The CONSULTANT or an applicable Subconsultant, is required by this Agreement and Florida law  

to: 

(i)  Keep and maintain the Public Records that ordinarily and necessarily would be required by 

the TPO in order to perform the service; 

(ii)  Provide the public with access to Public Records on the same terms and conditions that the 

TPO would provide the records and at a cost that does not exceed the cost provided by law; 

(iii)  Ensure that Public Records that are exempt or confidential and exempt from Public 

Records disclosure requirements are not disclosed, except as authorized by law; 

(iv)  Meet all requirements for retaining Public Records and transfer, at no cost, to the TPO of all 

Public Records in the possession of the CONSULTANT, and any Subconsultant, upon termination of this 

Agreement and to destroy any duplicate Public Records that are exempt or confidential and exempt 

from Public Records disclosure requirements.  All records stored electronically must be provided to the 

Page 36: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

33

TPO in a format that is compatible with the information technology systems of the TPO at the time of 

transfer. 

Because certain of the PUBLIC RECORDS may be exempt from disclosure or confidential under  

Florida  or  Federal  law,  the  Public  Records  may  not  be  released  for  viewing  or  copying  by  the 

CONSULTANT, or  the CONSULTANT’s employees or agents or subconsultants,  if any, without  the prior 

written approval of the TPO contract administrator.   However, when a request is made by the public for 

a public record, the CONSULTANT shall immediately contact the TPO contract administrator for direction 

on how to handle release of the Public Record for either viewing or copying. 

Upon request by a citizen requesting records, the CONSULTANT shall immediately supply copies 

of  said  non‐exempt  or  non‐confidential  Public  Records  to  the  citizen  requesting  records  or  other 

individual authorized by the TPO.  Upon request by the TPO, the CONSULTANT shall immediately supply 

copies of any and all Public Records  to  the TPO.   All books, cards,  registers,  receipts, documents and 

other papers in connection with this Agreement shall at any and all reasonable times during the normal 

working  hours  of  the  CONSULTANT  be  open  and  freely  exhibited  to  the  TPO  for  the  purpose  of 

examination and/or audit. 

B.  The  CONSULTANT  shall  maintain  all  Public  Records,  including  records  of  accounts 

between  the  TPO  and  the CONSULTANT of  the CONSULTANT’S  expenses or  any  items upon which  a 

request  for  reimbursement  shall  be  based  pursuant  to  this Agreement  in  accordance with  generally 

accepted accounting practices and available for inspection by the TPO or its authorized representative at 

all reasonable times. 

C.   This Section shall survive the termination of this Agreement. 

SECTION X ‐ OWNERSHIP OF DOCUMENTS 

  The  TPO  and  the  CONSULTANT  agree  that  upon  payment  of  compensation  due  to  the 

CONSULTANT  under  this Agreement  by  the  TPO  for  a  particular  plan,  design,  drawing,  specification, 

document, model,  recommendation,  schedule or otherwise,  said plan, design, drawing,  specification, 

technical data, recommendation, model, schedule or other instrument produced by, or pursuant to sub‐

consulting agreement with,  the CONSULTANT  in  the performance of  the Agreement, shall be  the sole 

property of the TPO and the TPO is vested with all rights therein. The CONSULTANT waives all rights of 

copyright in said plan, design, drawing, document, specification, technical data, recommendation, model 

schedule and other instrument produced by the CONSULTANT, or pursuant to sub‐consulting agreement 

with, the CONSULTANT in the performance of this Agreement, and hereby assigns and conveys the same 

to the TPO whether  in the possession or control of the CONSULTANT or not. This Section shall survive 

Page 37: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

34

the termination of this Agreement. 

SECTION XI ‐ REUSE OF DOCUMENTS 

  The CONSULTANT may not reuse data or work products developed by the CONSULTANT for the 

TPO without express written permission from the TPO; provided, that the TPO shall not be liable for any 

injuries,  damages,  or  losses  for  reuse  of  data  or work  products.    The  TPO may  reuse  data  or work 

products  developed  by  the  CONSULTANT  for  the  TPO without  express written  permission  from  the 

CONSULTANT; provided, that the CONSULTANT shall not be liable for any injuries, damages, or losses for 

reuse of data or work products without the express permission of the CONSULTANT. This Section shall 

survive the termination of this Agreement. 

SECTION XII ‐ NOTICES 

  Any notices, reports or other written communications from the CONSULTANT to the TPO shall 

be considered delivered when posted by the United States Postal Service (USPS) or delivered in person 

to:   

    Mr. Robert Kamm     TPO Executive Director     2725 Judge Fran Jamieson Way, Building B     Melbourne, FL 32940   The  foregoing name or address may be unilaterally  changed by  the TPO by giving notice as provided 

herein to the CONSULTANT.   

Any notices, reports or other written communications from the TPO to the CONSULTANT shall 

be considered delivered when posted by the United States Postal Services (USPS) or delivered in person 

to: 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

The  foregoing  name  or  address may  be  unilaterally  changed  by  the  CONSULTANT  by  giving 

notice as provided herein to the TPO. 

Any notices, reports or other communications  from the TPO to the CONSULTANT, or from the 

CONSULTANT to the TPO, shall be considered delivered when posted by the USPS or delivered in person 

to above referenced person or their authorized representative.  

SECTION XIII ‐ AUDIT RIGHTS 

  The TPO reserves the right to audit the records of the CONSULTANT related to this Agreement at 

Page 38: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

35

any  time during  the prosecution of  the work  included herein and  for a period of  five years after  final 

payment is made.  The CONSULTANT agrees to provide copies of any records necessary to substantiate 

payment requests to the TPO as may be requested by the TPO solely at the cost of reproduction. 

 

SECTION XIV ‐ SUBCONTRACTING 

  The CONSULTANT shall not subcontract, assign, or transfer any work, or the performance of any 

work, under this Agreement without the written approval of the TPO, which approval may be denied by 

the TPO for any reason.  When applicable, the CONSULTANT shall cause the names of any subcontracted 

firms responsible for major portions (or separate specialty) of the work to be  inserted  in the pertinent 

documents  or  data.  In  the  event  of  any  subcontracting,  assignment,  or  transfer  of work  hereunder 

approved by the TPO, the assignee, transferee, or subcontractor shall be bound to all provisions of this 

Agreement to the same extent as the CONSULTANT had the assignment, transfer, or subcontracting not 

been approved by the TPO. 

SECTION XV ‐ UNAUTHORIZED ALIEN WORKERS 

  The TPO will not intentionally award publicly funded contracts to any contractor who knowingly 

employs unauthorized alien workers, constituting a violation of the employment provisions contained in 

8 U.S.C. Section 1324a (Section 274a of the Immigration and Nationality Act “INA”.) of the Immigration 

Nationality  Act  ("INA").    The  TPO  shall  consider  a  violation  of  the  INA  as  grounds  for  unilateral 

cancellation of this Agreement by the TPO. 

The CONSULTANT shall utilize  the U.S. Department of Homeland Security’s E‐Verify system,  in 

accordance with the terms governing the use of the system, to confirm the employment eligibility of:  (i)  

all persons employed by the CONSULTANT during the term of this Agreement to perform employment 

duties within  Florida;  and  (ii)  all  persons,  including  subcontractors,  assigned  by  the  CONSULTANT  to 

perform work pursuant to this Agreement with the TPO. 

SECTION XVI ‐ ATTORNEY'S FEES 

  In the event any action is taken to enforce the terms of this Agreement, each party shall bear its 

own attorney's fees and costs and any trial shall be non‐jury.  The CONSULTANT hereby waives any right 

to a jury trial on any matter litigated and arising from this Agreement, data or information furnished by 

the  TPO  as  a  part  of  work  production  by  the  CONSULTANT,  or  work  provided  pursuant  to  this 

Agreement. This Section shall survive the termination of this Agreement. 

SECTION XVII ‐ CONTINGENT FEES 

  The CONSULTANT warrants that no person or company was employed or retained to solicit or 

Page 39: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

36

secure this Agreement upon an agreement or understanding for a commission, percentage, brokerage 

or  contingent  fee,  excepting  bona  fide  employee,  any  fee  commission,  contribution,  donation, 

percentage,  gift,  or  any  other  consideration,  contingent  upon,  or  resulting  from  award  of  this 

Agreement.  For any breach or violation of this provision, the TPO shall have the right to terminate this 

Agreement,  without  liability,  and,  at  its  discretion,  to  deduct  from  the  contract  price  or  otherwise 

recover,  the  full amount of such  fee, commission, percentage, gift or consideration and any damages 

and  shall  be  responsible  for  reporting  the  details  of  such  breach  or  violation  to  the  proper  legal 

authorities where and when appropriate. 

SECTION XVIII‐ TERMINATION/MODIFICATION OF AGREEMENT 

A.  The TPO may  terminate  this Agreement  for  any  reason upon  thirty  (30) days written 

notice.  The CONSULTANT may terminate this Agreement for any reason upon thirty (30) 

days written notice. The TPO shall pay the CONSULTANT for work completed to the date 

of termination.  The TPO reserves the right and is hereby granted the right to direct the 

CONSULTANT to complete any outstanding approved work activities.    

B.  In  the  event  of  termination,  the  TPO's  sole  obligation  to  the  CONSULTANT  shall  be 

payment  for  those  portions  of  satisfactorily  completed  performed  work  previously 

authorized.  Such payment shall be determined on the basis of the percentage of work 

completed as estimated by  the CONSULTANT, and agreed upon by  the TPO up  to  the 

time  of  termination  after  submission  of  a  billing  consistent  with  Section  VI  of  this 

Agreement is first provided by the CONSULTANT.  In the event of such termination, the 

TPO may, without  penalty  or  other  obligation  to  the  CONSULTANT,  elect  to  employ 

other persons to perform the same or similar services.   

C.  The  terms  of  this  Agreement may  be modified  upon  the mutual  agreement  of  the 

CONSULTANT and the TPO as confirmed in writing. 

D.  In  the event  that  the CONSULTANT changes  its name, merges with another company, 

becomes a subsidiary or makes other substantial change in structure or in the following 

principles or project managers, the TPO reserves the right to terminate this Agreement 

subject to the terms prescribed above. 

E.  In  the event of  termination of  this Agreement,  the CONSULTANT agrees  to  surrender 

any and all documents prepared by  the CONSULTANT  for  the TPO  in  connection with 

this Agreement, of which the TPO shall have full ownership thereof. The CONSULTANT 

shall retain copies of such documents for record purposes. 

Page 40: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

37

SECTION XIX‐ DURATION OF AGREEMENT 

  A. This Agreement shall remain in full force and effect for a period of five (5) years after its date of 

execution, although actual completion of the services hereunder may extend beyond such term, unless this 

Agreement is terminated by mutual consent of the parties as otherwise provided herein.  The performance 

of specially and properly authorized projects may extend beyond the Agreement's five‐year effective term 

and  shall be  compensated  in  accordance with  Section VI hereof.    In  addition,  subject  to  the  TPO's  sole 

discretion,  this  Agreement  may  be  extended  by  the  TPO  Executive  Director  or  designee  for  one  (1) 

additional year beyond the  initial five (5) year period of the Agreement.  In no event shall this Agreement 

extend beyond September 30, 2021. 

  B.  The  TPO’s  performance  and  obligation  to  pay  under  this  Agreement  is  contingent  upon  an 

annual appropriation by the Florida Legislature and the federal government. 

SECTION XX ‐ DEFAULT 

In the event the CONSULTANT fails to comply with the provisions of this Agreement, the TPO may 

declare the CONSULTANT  in default by written notification.    In the event partial payment has been made 

for professional services not completed or defectively performed, the CONSULTANT shall return any sums 

due to the TPO as a result of the CONSULTANT's default within ten (10) days after notice and demand that 

said  sums  are  due.    The  CONSULTANT  shall  not  be  compensated  on  a  percentage  of  any  deficient 

professional services which have been performed at the time the TPO declares a default.  The TPO shall pay 

for that portion, if any, of the performed work which is used or useful by any other consultant retained by 

the TPO to finish the work to the extent that the TPO does not incur additional costs over those set forth in 

the CONSULTANT’s canceled work. 

SECTION XXI ‐ INDEMNIFICATION & INSURANCE 

  A.  Types of insurance.  The CONSULTANT shall provide the following described insurance policies.  

The CONSULTANT shall provide and maintain, at all times during the term of the Agreement, without cost 

or expense to the TPO, policies of insurance generally known as comprehensive general liability insurance, 

(to  include  products  and  completed  operations)  and  professional  liability  insurance  and  auto  liability 

insurance.   These policies of  insurance shall cover the CONSULTANT for any and all claims, demands, and 

expenses whatsoever,  including  defense  and  causes  for  action  for  general  damages,  bodily  injury  and 

property  damage  arising  out  of  or  to  the  extent  caused  by  negligent  acts,  errors  or  omissions  of  the 

CONSULTANT.   

Insurance shall be provided as follows:   

1.  Workers’  compensation  insurance  which meets  applicable  statutory  requirements,  and 

Page 41: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

38

Employer's Liability  insurance with minimum  limits of One Hundred Thousand Dollars ($100,000) for each 

accident, or as required from time to time by Federal and State law, whichever amount shall be higher. 

2.  Comprehensive  commercial  general  liability  insurance with  limits  of  Two Million Dollars 

($2,000,000) as the combined single limit for each occurrence of bodily injury, personal injury and property 

damage.   The policy shall provide blanket contractual  liability  insurance for all written contracts and shall 

include coverage for products and completed operations liability and independent contractor's liability. 

3.  Automobile liability insurance covering all owned, hired and non‐owned vehicles in use by 

the CONSULTANT, its employees and agents, contractors, and sub‐subconsultants, if any, all with personal 

protection  insurance and property protection  insurance  to comply with  the provisions of state  law, with 

minimum  limits of One Million Dollars  ($1,000,000) as  the combined single  limit  for each occurrence  for 

bodily injury and property damage.  The foregoing reference to sub‐consultants shall not be interpreted as 

permission to utilize the same. 

4.  Professional  Liability  Insurance  with  limits  of  Two  Million  Dollars  ($2,000,000)  as  the 

combined single limit for each occurrence of negligence or intentional misconduct for acts of professional 

liability or malpractice  related  to  this Agreement. Professional Liability  Insurance,  if written on a "claims 

made" basis, shall further be maintained for four [4] years after the term of this Agreement. 

In  the event  that  the CONSULTANT shall  fail  to comply with  the  requirement of  insurance provision,  the 

TPO is authorized, but in no event shall be obligated, to purchase such insurance, and the TPO may bill the 

CONSULTANT  or  deduct  the  cost  of  the  aforesaid  insurance  from  the  billings  to  the  TPO  by  the 

CONSULTANT.  The CONSULTANT  shall  immediately  forward  (within  thirty  (30) days of  the  receipt of  an 

invoice from the TPO) funds to the TPO in full payment for said insurance. Failure to pay as provided shall 

be subject to the charge of  interest at the then highest  legal rate permitted by  law. It  is expressly agreed 

that neither  the provision of  the  insurance  referred  to  the TPO nor  the TPO’s acceptance of  the  terms, 

conditions  or  amounts  of  any  insurance  policy  shall  be  deemed  a  warranty  or  representation  as  to 

adequacy of such coverage. 

B.  Insurance Administration: 1.  Occurrence  basis.    All  policies,  except  professional  liability  insurance  and  workers’ 

compensation, shall be written on an occurrence and not a claims‐made basis. 

2.  Coverage amounts.   The coverage amounts set forth above may be met by a combination 

of underlying and umbrella policies so long as, in combination, the limits equal or exceed those stated.   

3.  Named insured.  All policies, except for workers’ compensation policies, shall name the TPO 

as an “additional  insured.”   Each policy which  is to be endorsed to add the TPO as an additional  insured, 

shall contain cross‐liability wording as follows: 

Page 42: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

39

 "In the event of a claim being made hereunder by one insured for which  another  insured  is  or may  be  liable,  then  this  policy  shall cover such insured against whom a claim is or may be made in the same  manner  as  if  separate  policies  had  been  issued  to  each insured hereunder." 

 4.  Evidence of  insurance.   Copies of all  insurance policies with the terms/endorsements and 

designations of “additional  insured” are required by this Agreement for each  insurance policy required to 

be obtained by the CONSULTANT in compliance with this section, along with written evidence of payment 

of  required  premiums,  shall  be  filed  and  continuously  maintained  with  the  TPO  during  the  term  of 

Agreement hereunder and prior to commencement of all projects, tasks, or work hereunder.  The filing of a 

certificate of  insurance with  the TPO  shall not be  interpreted as being  in compliance with  the  foregoing 

requirements. The CONSULTANT shall immediately advise the TPO of any claim or litigation that may result 

in liability to the TPO. 

5.  Cancellation  of  policies  of  insurance.   All  insurance  policies maintained  pursuant  to  this 

Agreement shall contain the following endorsement: 

"At least thirty (30) days prior, written notice shall be given to the Space  Coast  Transportation  Planning  Organization,  or  successor hereof, by the insurer of any intention not to renew such policy or to cancel, replace or materially alter same." 

 6.  Insurance companies.  All insurance shall be effected under valid and enforceable policies, 

insured  by  insurers  licensed  to  do  business  by  the  State  of  Florida  Insurance  Commission,  or  said 

Commissioner’s  successor,  or  surplus  line  carriers  on  the  State  of  Florida  Insurance  Commissioner's 

approved  list  of  companies  qualified  to  do  business  in  the  State  of  Florida.    All  insurance  carriers  and 

surplus line carriers shall be rated A+, with a financial quality of VII, or better by A.M. Best Company. 

7.  Deductibles.  All insurance policies may be written with deductibles, not to exceed Twenty‐

Five  Thousand Dollars  ($25,000)  unless  approved  in  advance  by  the  TPO.    The  CONSULTANT  agrees  to 

indemnify  and  save  harmless  the  TPO  from  and  against  the  payment  of  any  deductible  and  from  the 

payment of any premium on any insurance policy required to be furnished by this Agreement. 

8.  Sub‐contractors.    The  CONSULTANT  shall  require  that  each  and  every  one  of  its  sub‐

contractors and their sub‐subcontractors, who perform work related to this Agreement shall carry,  in full 

force and effect, workers’ compensation, comprehensive general public  liability, professional  liability and 

automobile  liability  insurance coverage’s of the type which the CONSULTANT  is required  to obtain under 

the  terms of  this  sub‐section, with  appropriate  limits of  insurance,  all naming  the  TPO  as  an  additional 

Page 43: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

40

insured.  Copies  of  sub‐consultant  insurance  policies  shall  be  promptly  filed  with  the  TPO  by  the 

CONSULTANT promptly after the signing of a contract between the CONSULTANT and the sub‐consultant. 

9.  If the CONSULTANT, or a sub‐consultant, fails to pay for all  insurance due and as required 

above,  the  TPO  may,  but  shall  not  be  obligated  to,  pay  the  same,  and  upon  written  request  the 

CONSULTANT shall promptly reimburse  the TPO  for the cost of said  insurance.    If the CONSULTANT does 

not reimburse the TPO, subject to the 15‐day grace period, the CONSULTANT shall be in material default of 

this Agreement and,  in addition  to all other remedies available at  law or under  this Agreement,  the TPO 

may, but is not obligated to take such measures as the TPO deems appropriate to obtain and pay for such 

insurance. Upon written request,  the CONSULTANT shall  immediately reimburse  the TPO  for  the amount 

thereof  (including all  interest  imposed by the assessing agency  for  late or non‐payment of  insurance and 

penalties attributable thereto) plus interest, all at the then highest legal rate of interest. 

C.    Indemnification.   The CONSULTANT shall  indemnify  the TPO and hold  the TPO harmless  from 

and against all costs,  liabilities, expenses,  losses, claims, damages,  injuries (including death) or obligations 

pertaining to this Agreement and any work related or arising from this Agreement, including but not limited 

to bodily  injury (including death), malpractice, or property damage, or otherwise arising out of actions or 

omissions of the CONSULTANT, a sub‐consultant, or other person or  legal entity, taken to  implement the 

accomplishment  of  the  tasks  set  forth  in  this  Agreement,  and  not  caused  by  the  sole,  negligence  or, 

intentional misconduct of the TPO.  The CONSULTANT shall indemnify the TPO and hold the TPO harmless 

from and against any  fine, penalty,  liability, or cost arising out of  the CONSULTANT's  (or sub‐consultant) 

violation of this Agreement or violation of any law, ordinance, rule, or governmental regulation applicable 

to  any  work  or  tasks  performed  or  omitted  to  be  performed  pursuant  to  this  Agreement  or  arising 

therefrom.    The  TPO  and  the  CONSULTANT  agree  that  the  indemnification  set  forth  in  this  Paragraph 

includes  reasonable  attorneys’/paralegals’  fees  incurred by  the  TPO due  to  the matters  covered by  this 

indemnification. 

D.  Defense of the TPO.  In the event any action or proceeding shall be brought against the TPO by 

reason of  any matter  for which  the TPO  is  indemnified hereunder,  the CONSULTANT  shall, upon notice 

from the TPO, at the CONSULTANT's sole cost and expense, resist and defend the same with legal counsel 

mutually selected by  the CONSULTANT and  the TPO; provided, however,  that  the CONSULTANT shall not 

admit  liability  in  any  such matter  on  behalf  of  the  TPO  without  the  written  consent  of  the  TPO  and 

provided,  further,  that  the CONSULTANT  shall not  admit  liability  for, nor enter  into  any  compromise or 

settlement of, any claim  for which  it  is  indemnified hereunder, without  the prior written consent of  the 

CONSULTANT. 

Page 44: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

41

 All provisions of sub‐sections C and D shall survive the termination of this Agreement. 

 SECTION XXII ‐ QUALITY CONTROL 

  The  CONSULTANT warrants  a  high  level  of  quality  control  and  accuracy.    The  TPO may  request 

additional data collection or re‐analysis of data at no expense to the TPO.  If the original data collection or 

data  analysis  is  found  to  be  accurate  and  reasonable,  the  CONSULTANT  shall  be  compensated  for  the 

additional work in accordance with Section IV of this Agreement. The foregoing sentence shall survive the 

termination of this Agreement. 

  The  CONSULTANT  acknowledges  that  the  TPO  will  periodically  evaluate  the  CONSULTANT'S 

performance  and  that  the  evaluation  will  be  used  by  the  TPO  in  determining  the  CONSULTANT'S 

qualifications for future contracts with the TPO. 

 

SECTION XXIII ‐ NON EXCLUSIVE AGREEMENT 

  The  parties  acknowledge  that  this  agreement  is  not  an  exclusive  agreement  and  the  TPO may 

employ other engineers, planners, professional or  technical personnel  to  furnish services  for  the TPO, as 

the TPO, in its sole discretion, finds is in the public interest.  

  The TPO reserves the right to assign such work to the CONSULTANT as  it may approve  in the sole 

discretion of the TPO. 

SECTION XXIV ‐ INTEREST OF CONSULTANT 

  The CONSULTANT covenants that  it presently has no conflict of  interest and shall not acquire any 

interest, direct or  indirect, which shall conflict  in any manner or degree with the performance of services 

required  to  be  performed  under  this  Agreement.    The  CONSULTANT  further  covenants  that  in  the 

performance of this Agreement, no person having any such interest shall be employed. No member, officer, 

or employee of the TPO either during his or her tenure or for one year thereafter shall have any  interest, 

direct or indirect, in this Agreement or the proceeds thereof. 

SECTION XXV– USE OF FEDERAL FUNDS 

  No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, 

to any person for influencing or attempting to influence an officer of employee of any agency, a Member of 

Congress, an office or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with 

the awarding of any Federal contract, the making on any Federal grant, the making of any Federal loan, the 

entering  into  of  any  cooperative  agreement,  and  the  extension,  continuation,  renewal,  amendment,  or 

modification of any Federal contract, grant, loan or cooperative agreement. 

Page 45: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

42

  If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for 

influencing or attempting  to  influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an 

officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the Federal 

contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form 

LLL, “disclosure Form to Report lobbying”, in accordance with its instructions. 

  This  certification  is  a material  representation  of  fact  upon  which  reliance  is  placed  when  this 

transaction was made  or  entered  into.  Submission  of  this  certification  is  a  prerequisite  for making  or 

entering into this transaction imposed by section 1352, title 31, U.S. code. Any person who fails to file the 

required  certification  shall  be  subject  to  a  civil  penalty  of  not  less  than  $10,000  and  not more  than 

$100,000 for each such failure. 

 

SECTION XXVI‐ NONDISCRIMINATION 

(a) Compliance  with  Regulation.  The  TPO  and  the  CONSULTANT  shall  comply  with  the 

regulations of U.S. Department of Transportation relative to non‐discrimination in federally 

assisted programs of the U.S. Department of Transportation, which are herein incorporated 

by reference and made a part of this Agreement. 

(b) Nondiscrimination. The TPO and the CONSULTANT, with regard to the work performed by it 

after  award  and  prior  to  completion  of  the  contract  work  will  not  discriminate  on  the 

grounds  of  race,  color,  religion,  sex  or  national  origin  in  the  selection  and  retention  of 

contractor  and  subcontractors,  including  procurements  of  material  and  leases  of 

equipment. The TPO and the CONSULTANT will not participate either directly or indirectly in 

the  discrimination  prohibited  by  Federal  regulations.  The  TPO  shall  comply  with  the 

regulations  of  the  U.S.  Department  of  Transportation  relative  to  non‐discrimination  in 

federally  assisted  programs  of  the  U.S.  Department  of  Transportation, which  are  herein 

incorporated by reference and made a part of the contract. 

The  TPO,  in  accordance with  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964,  42 USC 2000d  et.  Seq.,  and  49  CFR  Part  21,  Nondiscrimination  in  Federally‐Assisted Programs  of  the  Department  of  Transportation  issued  pursuant  to  such  Act, hereby  provides  notice  that  it  will  affirmatively  insure  that  in  any  contract entered into pursuant to this Agreement, minority business enterprises must be afforded  full  opportunity  to  submit  proposals  and  will  not  be  discriminated against on the grounds of race, color, or national origin  in consideration for an award.  

(c) Solicitations  for  subcontracts,  including procurement of materials and equipment.      In  all 

Page 46: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

43

solicitations made by competitive bidding or negotiation for work to be performed under a 

subcontract,  including procurement of materials and  leases of equipment, each potential 

subcontractor, supplier, or lessor shall be notified of obligations under this contract and the 

regulations  relative  to nondiscrimination on  the grounds of  race, color, disability,  religion, 

sex, or national origin. 

(d) The  TPO  will  take  such  action  with  respect  to  any  subcontract  or  procurement  as  the 

Federal Highway Administration (FHWA) may direct as a means of enforcing such provision, 

including  sanctions  for  noncompliance;  provided,  however,  that,  in  the  event  the  TPO 

becomes  involved  in, or  is threatened with,  litigation with a subcontractor or supplier as a 

result  of  such  direction,  the  TPO may  request  the  State  to  enter  into  such  litigation  to 

protect the  interests of the State, and,  in addition, may request the United States to enter 

into such litigation to protect the interests of the United States. 

SECTION XXVII – DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE (DBE): 

The CONSULTANT and  its contractors agree to ensure that Disadvantaged Business Enterprises 

as  defined  in  49  CFR  Part  26,  as  amended,  have  the  maximum  opportunity  to  participate  in  the 

performance of this Agreement. In this regard, all recipients, and contractors shall take all necessary and 

reasonable  steps  in  accordance with 49 CFR Part 26,  as  amended,  to ensure  that  the Disadvantaged 

Business Enterprises have the maximum opportunity to compete for and perform contracts.  

SECTION XXVIII ‐ ENTIRETY OF AGREEMENT 

  This writing,  together with written  requests  for work and signed Notices  to Proceed  that may 

follow, embody the entire agreement and understanding between the parties hereto, and there are not 

other agreements and understandings, oral or written, with reference to the subject matter hereof that 

are not merged herein. 

  No alteration, change, or modification of the terms of this Agreement shall be valid unless made 

in writing, signed by both parties hereto as an addendum to this Agreement, or as specifically prescribed 

in a written request for work. 

  This Agreement, regardless of where executed, shall be governed by and construed according to 

the laws of the State of Florida. 

Nothing  contained  in  this Agreement  is  intended  to, or  shall be  construed  in any manner, as 

creating or establishing the relationship of employer/employee between the parties or a joint venture.  

The CONSULTANT shall at all times remain an “independent contractor” with respect to the services to 

be performed under  this Agreement.    The TPO  shall be exempt  from payment of  all Unemployment 

Page 47: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

44

Compensation, FICA, retirement,  life and/or medical  insurance and Workers’ Compensation  Insurance, 

as the CONSULTANT is an independent contractor.  

Other  than  the  U.S.  Department  of  Transportation  and  the  Florida  Department  of 

Transportation, there are no implied or express third party beneficiaries of this Agreement. 

 

SECTION XXIX – VENUE 

  Venue  for any dispute shall be  located  in state court  in Brevard County, Florida, or  in Federal 

court in the U.S. District Court for the Middle District of Florida. The CONSULTANT waives venue in any 

other  location and agrees  to  the bringing of suit  involving  this Agreement only  in  the  locale set  forth 

above. The parties agree  that  this  location venue  is  the most convenient  to  the parties;  that Brevard 

County  is  where  the  contract  is made;  that  the  governmental  agency  is  headquartered  in  Brevard 

County;  that  the  costs  of  litigation will  be  less  in  the  venue  selected;  and  the  greatest  number  of 

witnesses are located conveniently in this venue. 

 

SECTION XXX – REQUIRED FEDERAL DISCLAIMER 

The CONSULTANT agrees that it shall display the following disclaimer on all reports generated by 

the CONSULTANT: 

The preparation of this report has been financed in part through grant[s] from the Federal Highway Administration and Federal Transit Administration, U.S. Department of Transportation, under the State Planning and Research Program, Section 505 [or Metropolitan Planning Program, Section 104(f)] of Title 23, U.S. Code.  The contents of this report do not necessarily reflect the official views or policy of the U.S. Department of Transportation.   

 

SECTION XXXI – SEVERABILITY 

The parties hereto agree that the provisions of this Agreement are severable.  If any provision of this 

Agreement is held invalid or unconstitutional for any reason, the remainder of this Agreement shall 

be effective and shall remain in full force and effect, unless amended or modified by mutual consent of the 

parties. 

 

 

‐‐This section intentionally left blank.— 

Page 48: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) P 16 02 Proposal Number: RFP · factors considered, the selected proposal was deemed most advantageous to the Space Coast TPO. Evaluation Criteria, scoring

Space Coast Transportation Planning Organization RFP #P‐16‐02, Traffic Data Collection 

45

  

IN WITNESS WHEREOF, the parties have hereunto set their hands and seals this _________ day 

of ___________________, 2015. 

 

SPACE COAST TRANSPORTATION PLANNING ORGANIZATION An agency of the State of Florida organized and operating  Pursuant to Section 339.175, Florida Statutes  

                      Jerry Allender                             Name                              Signature   Space Coast TPO Chairman                                                     Title  ATTEST:    Bob Kamm, SCTPO Executive Director                      (SEAL)   CONSULTANT:   By:  (Authorized Signature)      (Print Full Name)   Title   Name of Firm   Mailing Address   Phone Number 


Recommended