+ All Categories
Home > Documents > Specification 14DCT003

Specification 14DCT003

Date post: 13-Dec-2015
Category:
Upload: ashaman100
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Specification 14DCT003
Popular Tags:
21
Annexure - I Page 1 of 21 SPECIFICATIONS OF TOW CABLE ASSEMBLY (TCAUC) 1. Introduction The Tow Cable Assembly is the Wetend of a Towed Array Sonar System which aids in the deployment/ retrieval of a linear Towed Sensor Array with the help of a Sonar Winch. The scope of the present procurement is Fabrication, Assembly, Testing and Supply of 2 sets of Tow Cable Assembly (TCAUC). The Tow Cable Assembly consists of Heavy Tow Cable (HTC) and Light Tow Cable (LTC) joined together by seamless technology called ElectroOpticMechanical tow cable Inter connector (EOMIC). The free end of the HTC is provided with a winch end mechanical termination and optical conectorisation. The free end of the LTC is to be assembled with Cable Interface Module(CIM) the function of it is to convert the electrical signal from Towed Sensor Array into optical signal. The details of the EOMIC and CIM are explained in the sections given below. A schematic block diagram is shown below. Fig 1 . Schematic block diagram of Tow Cable Assembly 1. Heavy Tow Cable (HTC)– 535 m 2. EOMIC 3. Intermediate Anchoring 4. Light Tow Cable(LTC)200m 5. Cable Interface Module 2. Scope of Work Scope of Work C/NC The work involves Fabrication, Assembly, Testing and Supply of 2 sets of Tow Cable Assembly (TCAUC).” as per details in the tender document 2.1 Procurement of all components except Free Issue Materials (provided by NPOL), Assembly, Fabrication of SubSystems, Inspection/Testing as per Specification. 2.2 Fabrication of all fixtures necessary for the Fabrication, Assembly, Testing and Supply of “Tow Cable Assembly (TCAUC)” at each stages of Production. 2.3 Fabrication of all components for Bend Restrictor Moulding and procurement of raw materials required for moulding. 2.4 Final inspection and testing of the “Tow Cable Assembly (TCAUC)” as per NPOL documents. These documents will be provided on finalization of contract. 1 3 2 5 4
Transcript

Annexure - I

Page 1 of 21

SPECIFICATIONS OF TOW CABLE ASSEMBLY (TCA‐ UC)  

1. Introduction  The Tow Cable Assembly  is the Wet‐end of a Towed Array Sonar System which aids  in the deployment/ retrieval of a linear Towed Sensor Array with the help of a Sonar Winch.   The scope of the present procurement is Fabrication, Assembly, Testing and Supply of 2 sets of Tow Cable Assembly (TCA‐UC).   The  Tow  Cable  Assembly  consists  of  Heavy  Tow  Cable  (HTC)  and  Light  Tow  Cable  (LTC) joined  together  by  seamless  technology  called  Electro‐Optic‐Mechanical  tow  cable  Inter connector  (EOMIC).  The  free  end  of  the  HTC  is  provided with  a winch  end mechanical termination and optical  conectorisation. The  free end of  the  LTC  is  to be assembled with Cable Interface Module(CIM) the function of it is to convert the electrical signal from Towed Sensor  Array  into  optical  signal.  The  details  of  the  EOMIC  and  CIM  are  explained  in  the sections given below. A schematic block diagram is shown below.      

Fig 1 . Schematic block diagram of Tow Cable Assembly  

1.  Heavy Tow Cable (HTC)– 535 m 2.   EOMIC 3.   Intermediate Anchoring 4.  Light Tow Cable(LTC)‐ 200m 5.  Cable Interface Module 

 2.  Scope of Work 

Scope of Work  C/NC The work  involves  Fabrication,  Assembly,  Testing  and  Supply  of  2  sets  of    “Tow Cable Assembly (TCA‐UC).” as per details in the tender document 

2.1 Procurement of all components except Free Issue Materials (provided by NPOL), Assembly,  Fabrication of  Sub‐Systems,  Inspection/Testing  as per Specification.  

2.2 Fabrication  of  all  fixtures  necessary  for  the  Fabrication,  Assembly, Testing  and  Supply of      “Tow Cable Assembly  (TCA‐UC)”  at each  stages of Production. 

2.3 Fabrication  of  all  components  for  Bend  Restrictor  Moulding  and procurement of raw materials required for moulding.  

2.4 Final inspection and testing of the “Tow Cable Assembly (TCA‐UC)” as per NPOL documents. These documents will be provided on  finalization of contract.  

 

1 32 54

Annexure - I

Page 2 of 21

2.5 Documentation of all progress activities.  

     2.6        Documentation  of  Limited  Qualification  Tests,  Inspection  and  Test reports 

NOTE: FILL  C – FULLY COMPLIED AND NC – NOT COMPLIED 

 

3.   Deliverables 

Deliverables 1. 2 sets of “Tow Cable Assembly (TCA‐UC)” 2. Documents of Stage Inspection & Final Inspection  

 4. Delivery Schedule  

Delivery Schedule   C/NC The  delivery  schedule  of  1st  set  of  “Tow  Cable  Assembly  (TCA‐UC)”shall  be  2 months  from  the  date  of  placement  of  order.  The delivery schedule of 2nd set of “Tow Cable Assembly (TCA‐UC)”shall be 4 months from the date of placement of order. 

 

NOTE: FILL C – FULLY COMPLIED AND NC – NOT COMPLIED 

 

5. Free Issue Materials Following items will be supplied by NPOL for each set of Tow Cable Assembly (TCA‐UC).

S.No.  Item Description  Qty  Unit 

1  Heavy Tow Cable  535  m 

2  Light Tow Cable  200  m 

3  Test Projector Housing  1  No 

4  PU Tube  10  m 

5  Kevlar Tape  10  m 

 

Note: The above materials are to be assembled inside NPOL premises and are not allowed to take it 

out from NPOL. 

 

 

 

 

Annexure - I

Page 3 of 21

6. Brief  Specifications of EOMIC  and CIM 

 6.1 EOMIC  The  Electro‐Optic‐Mechanical  tow  cable  Inter  connector  (EOMIC)  is  a  flexible  cylindrical module at  the wet end  system which  links  the  light  tow  cable and heavy  tow  cable. The module is subjected to the tensile loads due to hydro dynamic drag, the compressive loads at the fairlead during deployment, the bending loads during winding on winch drum and the hydro static pressure due to the operating depth. Further the unit  is also subjected to the fluctuating loads due to the dynamics of sea and ship motion. The functional requirements of EOMIC are listed below.   

a) Mechanical interface between Heavy Tow Cable (HTC), Light Tow Cable (LTC).  

b) Inter‐connection of electrical and fiber optic lines of HTC and LTC.  

 The EOMIC consists of following 4 major sub–assemblies. 

 1. Heavy Tow Cable (HTC) termination. 

2. Light Tow Cable (LTC) termination with 12 pin square flange connector. 

3. Wire rope (strength member) loop assembly. 

4. Fiber optic Splice protector assembly. 

 Table 1 shows the electrical, optical and mechanical specification for EOMIC.  

 Sl No.  Specification  Value/ Description 

1.   Fiber Optic Lines 9 no.s (Multimode Graded Index, 

62.5/12.5micrometer size, 850nm band) 

2.   TTB power/ ground lines  12 no.s of 16 AWG 

3.  Through power lines (sensor array to 

onboard) 8 no.s of 16 AWG 

4.  Through signal lines (sensor array to 

onboard) 16 no.s of 28 AWG 

5.   HTC cable dia  33 mm 

6.   HTC core dia  26.2 mm 

Annexure - I

Page 4 of 21

7.   LTC cable dia  33 mm 

8.   LTC core dia  24.8  mm 

9.   Total length of EOMIC  1100 mm  

10.   Overall weight  15 kgwt 

11.   Overall Dia  80 mm 

12.   Proof Load  5 T 

13.   Breaking Load Capacity  14 T 

14.   Pressure rating  50 bar 

15.  

Dynamic Proof load test 

(corresponding to Tow body 

deployment) 

20 cycles at 1 T load. 

Note: The specifications Sl. No. 1 to 8 corresponds to M/s Uniflex make Heavy Tow Cable  (2011 make) and Light Tow Cable (2011 make) available at NPOL.  6.1.1  Pre‐Assembly steps for EOMIC 

 Following steps are prerequisites for carrying out EOMIC assembly.  a) Visual  inspection  and  dimensional  checks  of  HTC  and  LTC  cables  –  cross  sectional 

dimensions of individual sections to be checked and noted for reference. 

b) Electrical and optical health check of the cables. 

c) Winch end termination on free end of HTC.  

d) Transfer HTC to a drum/ winch to bring out EOMIC end of HTC on outer  layer and cut the steel armour of HTC to specified length. 

e) Transfer  LTC  to  a  drum with  20m  of  innermost  layer  accessible  for  Cable  Interface Module(CIM) Assembly. Cut polymer armour of LTC to specified length from the EOMIC end. 

Note:  The  details will be  provided  only  at  the  time  of  clarification  in  person  at NPOL  or placement of  contract  to prospective vendors visiting NPOL  to know  the  content of work and hence estimate  the cost prior  to  the Tender Opening date. Offers  received otherwise will not be considered. 

 

 

 

Annexure - I

Page 5 of 21

6.1.2  Assembly procedure for EOMIC   The Assembly of EOMIC involves the following steps.  a) HTC Armour Termination at EOMIC HTC end and testing. 

b) Assembly of Intermediate Anchoring on LTC. 

c) LTC Armour Termination and testing. 

d) Assembly of Strength member ( Wire rope assembly). 

e) Main Assembly. 

f) Electrical connectorisation & Fibre Optics (FO) cable termination. 

g) Assembly of PU (PolyUrethane) hose and gel filling. 

Note:  The  details  of  all  the  steps  (from  a  to  g)will  be  provided  only  at  the  time  of clarification  in  person  at  NPOL  or  placement  of  contract  to  prospective  vendors  visiting NPOL to know the content of work and hence estimate the cost prior to the Tender Opening date. Offers received otherwise will not be considered. 

6.1.3 Acceptance Test procedure for EOMIC assembly  The  EOMIC  assembly  experiences  axial  forces  during  towing,  hydrostatic  pressure  and 

dynamic loads during deployment and retrieval. The following tests are to be conducted to 

ensure  the  smooth  functioning  of  EOMIC meeting  all  the  specifications.  These  tests  are 

mentioned in the assembly procedure in the preceding sections. 

6.1.3.1 Load tests   

Objective ‐ Load tests are done to check the mechanical strength of EOMIC so as to ensure 

that EOMIC withstands actual towing load. 

6.1.3.1.1 Tests prior to assembly of EOMIC – Proof  load tests are to be conducted as per 

following  scheme. The  test equipments  like  Load  cell, Chain Pulley Block etc  required  for 

load testing is the scope of the vendor. 

 

Table 2 ‐ Load tests prior to the assembly of EOMIC        

Sl No.  Item  Aim  Test Machine 1.   HTC termination  Proof load test of 5T Chain & pulley block2.   LTC termination  Proof load test of 3T Chain & pulley block

Annexure - I

Page 6 of 21

3.   Intermediate Anchoring Proof load test of 3T Chain & pulley block

4.   Wire rope single piece  Break load test of 7T At Bharath Wire Ropes, Mumbai 

5.  Wire rope Assembly (NPOL Dwg no. 232 37 042) 

Proof load test of 5T for 15 minutes 

At Bharath Wire Ropes, Mumbai 

  6.1.3.1.2.  Deployment Simulation test The  schematic  of  the  test  set  up  is  given  in  Fig  2.  The  flexible  assembly  (  EOMIC  – 

Intermediate  Anchoring  portion)  to  be  wound  on  winch  drum  and  passed  through  the 

rollers for a  load of 1 ton for 10 cycles by creating the actual deployment angle of 15°‐25°. 

Optical  line continuity to be monitored during tests. Electrical and FO continuity checks to 

be carried out to ensure continuity of power lines, signal lines, and optical lines. The details 

will be provided as Apppendix 1 & 2. 

Dimensional  checks  to be  conducted on overall  size –  length and diameter before 

and after the test. Visual inspection to be conducted on PU for presence of cracks/ abrasion/ 

puncture. Hose should be free of cracks/abrasion. The test facility will be provided at NPOL. 

The conduct of the test is the responsibility of the vendor. 

  

     

 

 

 

 

Fig 2 Schematic view of Deployment/Retrieval simulation test setup

Annexure - I

Page 7 of 21

The  following Details will be provided at  the  time of  clarification  in person at NPOL or 

placement of contract 

 

Appendix 1  : Test Specifications for Heavy Tow Cable Appendix 2  : Test Specifications for Light Tow Cable Appendix 3  : Procedure for preparation of Polyurethane potting compound Appendix 4  : Fiber Optic Splicing Appendix 5  : LTC & HTC – Interface Connections           Appendix 6  : General precautions                 Appendix 7  : Polyurethane Carbon Fiber Composite Bend Restrictors for Towed Array System                        Appendix 8    : Bend restrictor for Intermediate Anchoring on aft end Appendix 9  : Procedure for fabrication of Rubber over molding       Appendix 10  : List of Reference Drawings  Note:  The  above  details/drawings will  be  provided  only  at NPOL  for  the  purpose  of  cost estimation. Only hard copy will be provided at the time of clarification in person at NPOL or placement of contract. Vendors will not be permitted to take the drawings out of NPOL on any accounts)                    

Annexure - I

Page 8 of 21

6.2 Cable Interface Module  

Cable  interface module  interconnects  Towed  Sensor Array  and  tow  cable, mechanically 

and electrically. Cable interface module houses the electronics required to transfer the array 

data over the tow cable to onboard. The Ethernet data from the Towed Sensor Array reaches 

the Cable interface module as two separate Ethernet links for transferring the array data over 

the tow cable.  

 

The CIM has got two physical section namely rigid portion and flexible portion. The rigid 

portion houses  the  LEDs of  the Media  converters and  is  the  interface with Tow  cable. The 

flexible portion houses PCBs of media converters, Ethernet  to VDSL2 converters,  three port 

Ethernet  switches  and DC‐DC  converters  and  interfaces with  array. A  hydrophone  housing 

carrying an  insonifying transducer(Test Projector Housing)  is also  incorporated  in the flexible 

portion of CIM. 

 

 

    

Fig3.  Block Diagram of Cable Interface Module 1.  Light Tow Cable 2.  Rigid module 3.   Flexible Module 4.   Media Converter Electronics 5.   Media Converter PCB Housing 6.   Test Projector Housing 7.  Dual Power Converter Housing 8.   Ethernet Switch Capsule 9.  VDSL PCB Capsule 10.  Electro‐mechanical Connector 

     

10 5 6 7 8 9 9 84 1

2

5

3

Annexure - I

Page 9 of 21

  The Table 3 given below shows the Technical Specifications of  Cable Interface Module (CIM)  

Technical Specifications of CIM   C/NC 

 

Module Length(exclusive of Cable)                            : 4 meters 

Module diameter                                         : 80 mm 

LTC length(Free Issue Material)                                 : 200 m 

Polyurethane tube                                                    : 3 meters 

KEVLAR Tape                                                    : 12 meters 

End connector(Part No. UWNRV‐28‐P6‐P&S‐2CX)     :  Socket at the free end 

 

This module houses the following 

a) Power Supply Capsule  +5 V                   :  1 Nos. 

b) Power Supply Capsule +8V                   :  1 Nos. 

c) Ethernet Switch                                      :  4 Nos. 

d) VDSL2 PCB Housing Assembly                              :  2 Nos.   

e) Media Converter PCB Housing Assembly                           :  4  sets 

f) Mechanical Components for CIM Assy(Rigid portion)     :  1 set 

 

Wiring, Assembling and Testing   of CIM as per TOT which will be provided at the time of placement of contract  

 

NOTE: FILL  C – FULLY COMPLIED AND NC – NOT COMPLIED  

Note: The details of the Wiring, Assembling and Testing will be provided only to prospective vendors visiting NPOL to know the content of work and hence estimate the cost prior to the Tender Opening date. Offers received otherwise will not be considered. 

 

Annexure - I

Page 10 of 21

7. TERMS AND CONDITIONS Terms and Conditions  C/NC 

7.1 Assembly of the Tow Cable Assembly (TCA‐UC) should be carried at NPOL 

premises directly by the vendor. Outsourcing of assembly related work is 

not accepted. 

          Only floor space will be provided to the vendor for carrying out the 

work  except  Deployment  Simulation  Test  &  Vibration  Test  facility  as 

mentioned in the Annexure 1.  Cable drums required for transferring is to 

be arranged by the vendor.  

 

7.2 Vendors with minimum 3 years prior experience (With in the recent past 

5  years)  in  Integration  of  Electrical,  Optical,  and  Mechanical 

interconnection using pressure balanced  flexible module between  steel 

armoured  electro  optical  mechanical  heavy  tow  cable  and  polymer 

armoured  electro  optical  mechanical  light  tow  cable  for  defence 

undersea  application  only  would  be  considered.  Certificates/Copy  of 

supply orders to prove the same to be attached along with the Technical 

bid. Offers without proof of prior experience will be summarily rejected. 

      The vendor should hold the same price for the “Tow Cable Assembly 

(TCA‐UC)” for 3 more years. 

 

7.3 The  Vendor  shall  carry  out  Qualification  tests  as  per  DQAN  guidelines. 

Environmental  Stress  Screening  (ESS)  Tests  include  Thermal  Shock,  Random 

vibration  and  Endurance/burn‐in  for  100%  Electronic  Components.  The 

Environmental Tests (ET) includes High temperature storage test and Vibration 

test as per MIL‐STD‐167‐1(Ships). Details of these tests shall be provided in the 

TOT document at the time of placement of contract.  

 

7.4 All equipment necessary for development and testing of system will be the 

responsibility  of  the  Vendor.  The  following  testing  equipment  has  to  be 

arranged by the Vendor for carrying the testing work.   

a) Optical Time Domain Reflectometer(OTDR)  to  check  the health of 

the optical lines in the tow cables. 

b) Computer/ Laptop with 100 Mbps Ethernet port  loaded with Lab  ‐

view software (preferably latest version) 

 

Annexure - I

Page 11 of 21

c) Function ( Arbitrary Waveform ) generator(10 MHz) 

d) 100 MHz Digital storage oscilloscope. 

e) High Voltage (300V/2 kW) DC power supply, with UPS  back up 

f) Regulated DC power supply 0 – 30V, 5A 

g) 1000 V Megger 

h) RMS Multimeter 

7.5 Stage inspection for all parameters specified by NPOL will be the Vendor’s 

responsibility. However NPOL  reserves  the  right  to carry out progress  review 

and  inspection at any stage of work. All measured values as  indicated  in  the 

assembly  and  inspection  procedures  have  to  be  recorded  and  be  made 

available for verification by NPOL. 

 

7.6 Vendor should submit a production schedule and quality plan along with 

the quote (technical bid). Detailed plan for the execution of development work 

and quality tests shall be submitted along with the offer  itself. Otherwise the 

offer is liable to be rejected. 

 

7.7 Progress of work will be  regularly monitored by NPOL  reps. A Progress 

Review Committee (PRC) constituted by Director, NPOL, Kochi‐21, will review 

the progress, suggest alternate course of action if any at a regular interval. The 

vendor has to depute appropriate personnel to attend the same. 

 

7.8 No  NPOL  manpower  will  be  provided  to  facilitate  the  Fabrication, 

Assembly, testing and Supply of Tow Cable Assembly(TCA‐UC) 

 

7.9 No deviation is permitted in the assembly procedures laid out by NPOL.   

7.10 No alternative design submitted by Vendor is acceptable or permitted. 

No clarification regarding this will be considered. 

 

7.11 Failure of development of system at any stage of manufacture will be 

the  responsibility of Vendor. No  compensation will be provided by NPOL  for 

partly completed work. 

 

7.12 Detail drawings, wiring diagram, assembly procedure and ATP will be 

provided  from NPOL on placement of  contract. Any design detail other  than 

that required for system development will not be provided.  

 

7.13 NPOL or  its nominated agency will carry out the final  Inspection of the   

Annexure - I

Page 12 of 21

finished  product  Tow  Cable  Assembly(TCA‐UC)  at  NPOL  as  per  ATP.  The 

vendor shall arrange the documents relevant for the Factory Acceptance Tests 

[FATs].  Necessary  assistance  and  test  facilities  to  conduct  testing  shall  be 

provided by the vendor. 

7.14 Finished  product  have  to  be  packed  in  a Cable Handler(made  of mild 

steel  and  painted  with  corrosion  free  paint)    with  a  minimum  bending 

diameter of 1 m. Design of  the Cable Handler and supply  is  the scope of  the 

vendor.  The  Vendor  should  get  the  design  clearance  before  proceeding  for 

fabrication of the Cable Handler.  

 

7.15 Any clarification can be done prior to submission of bid. Clarification 

should  be  requested  to  Director  NPOL,  clearly  referring  the  tender  enquiry 

number. The vendor should clearly mention  the contact number and contact 

person at his end for NPOL to get back to the specific query. 

 

7.16 The  vendor  should  provide  Warranty  for  the  “Tow  Cable 

Assembly(TCA‐UC)”  for  a  period  of  1  Year  from  the  date  of  inspection  and 

acceptance  at NPOL.  The warranty  shall  be  repair/  replacement  of  parts  of 

EOMIC and CIM.  

 

7.17 Payment will be  in Indian Rupees only. Payment shall be on pro‐rata 

basis. 

 

7.18 The design of Tow Cable Assembly  (TCA‐UC)  is  the sole property of 

NPOL.  The  contractor  shall  not  disclose  any  information  regarding  the  Tow 

Cable  Assembly(TCA‐UC)  without  written  permission  of  NPOL.  A  relevant 

clause will be included in the contract. 

 

7.19 The  vendor’s  technical  competence,  managerial  capabilities  and 

financial status will be assessed by a team of Officers of NPOL to ascertain the 

Company’s  capability  to  complete  the  given work within  the  specified  time 

period. 

Appropriate weightages  shall be assigned  to each  criterion and  finally marks 

will be assigned on a 10 point scale. A cut‐off of 6 out of 10 will considered for 

qualifying the vendor. 

 

Annexure - I

Page 13 of 21

7.20 Only  Indian  nationals will  be  allowed  to  participate  in meetings  at 

NPOL in connection with this tender document. 

 

7.21 Prospective  vendors  are  to  visit NPOL  and  be  acquainted with  the 

development work against this tender document before submission of techno‐

commercial offer (before the tender opening date). This is a mandatory clause 

for the vendors. Offers received otherwise will be summarily rejected. 

The  vendor  should  assess  the quantum of work  and manufacturing  costs of 

components  details  of which  will  be  provided  only  at  NPOL  before  tender 

opening date and will not be allowed to carry the information outside NPOL.  

 

7.22 Vendor has to enclose a Signed Specification Compliance Sheet given 

in Section 8 of Annexure 1. Vendor has to accept all specification mentioned in 

the  Specification  compliance  sheet.  Specification  compliance  sheet  to  be 

attached in technical bid. 

 

7.23 The vendor shall also indicate the cost in the Price bid format given in 

Section 9.1 of Annexure 1. The same format without price may be enclosed in 

the technical bid. 

 

7.24 Breakup  cost  for  individual modules  shall  be  also  given  as  per  the 

Cost Break up format given  in Section 9.2 of Annexure 1  in the price bid. The 

same format without price may be enclosed in the technical bid. 

 

7.25 All  documents  relating  to  “Terms  and  conditions”  should  be 

enclosed in the ‘Technical Bid’ part of tender document. 

NB: Bid will be accepted only  if all the above terms and conditions are met. The 

terms and  conditions mentioned above are  for  technical  compliance. The  terms 

and conditions in tender document are applicable over and above these. 

 

 

NOTE: FILL  C – FULLY COMPLIED AND NC – NOT COMPLIED  

 

 

 

 

Annexure - I

Page 14 of 21

8.  SPECIFICATION COMPLIANCE SHEET  

This  sheet  has  to  be  attached  along  with  the  technical  bid  with  signature,  seal  of  the 

company and compliance. 

SPECIFICATION COMPLIANCE SHEET 

S.No  Specification  C/  NC  Remarks 1  Procurement of all components as per the Bill of materials (Section 10) 

of  Annexure  1  provided  by  NPOL.  Custom  developed  and  Type approved components will not be changed. No alternate components are acceptable 

   

2  Testing of all procured components as per NPOL ATP      

3  Fabrication of Mechanical Components from recommended vendors as per BOM/NPOL Drawings 

   

  EOMIC     

4   Pre‐Assembly steps for EOMIC as per specification     

5  Assembly procedure for EOMIC as per specification    

6  Acceptance Test procedure for EOMIC assembly as per specification 

                  a) Load Tests prior to assembly of EOMIC                   b) Deployment simulation test 

   

  CIM     

7  Assembly of PCB’s in their housings as per NPOL Specification     8  Assembly of Sensors in their housings as per NPOL Drawing     

9  ESS of the Electronic Components as per TOT by NPOL to be provided along with contract 

   

10  System wiring as per NPOL wiring Scheme     

11  Assembly  of  system  into  flexible  tube,  Oil/gel  filling,  sealing  as  per 

NPOL assembly document 

   

  Towed Cable Assembly(TCA‐UC)     

12  Inspection of Towed Cable Assembly(TCA‐UC)as per NPOL ATP     

13  Documentation of all progress activities      

14  Documentation of Inspection and Test  reports     

15  Documentation of all Limited Qualification tests      

17  Final Inspection of Towed Cable Assembly(TCA‐UC)at NPOL jointly with 

the vendor 

   

18  Visited NPOL and was acquainted with the development work against 

this tender document before submission of techno‐commercial offer  

   

Annexure - I

Page 15 of 21

19  The design of Towed Cable Assembly  (TCA‐UC)  is the sole property of 

NPOL. The contractor shall not disclose any  information regarding the 

Towed Cable Assembly (TCA‐UC) without written permission of NPOL. 

A relevant clause will be included in the contract. 

   

20  We meet all “terms and conditions” enclosed     

NOTE: FILL C – FULLY COMPLETED AND NC – NOT COMPLIED  

Annexure - I

Page 16 of 21

9. PRICE BID FORMAT  

9.1 Price Bid: The quotation should be in the format provided below and has to be enclosed 

in price bid only. A copy of the quotation without price is to be enclosed in technical bid. 

FORMAT ‐ PRICE BID 

S.No  Item Description  Quantity  Total Amount (Rs) 

Remarks 

1  Fabrication, Assembly, Testing and Supply of Tow Cable Assembly (TCA‐UC) as per specifications in Annexure 1. 

2 sets     

2  Applicable Taxes       

  Total Cost        

9.2 Cost break up: The quotation should also be provided in the format provided below and 

has to be enclosed  in price bid only. A copy of the quotation without price also has to be 

enclosed in technical bid. 

FORMAT – MODULE COST BREAKUP 

Cost Break up for Tow Cable Assembly(TCA‐UC) 

S.No  Item Description  Material Cost 

Man power Cost 

Integration &Testing Charges 

Module Basic Cost 

1  Electro Optic Mechanical Inter Connector(EOMIC) 

       

2  Cable Interface Module(CIM)          

  Any other charges other than taxes         

  Total Cost of 1 set of Tow Cable Assembly (TCA‐UC) 

‐  ‐  ‐   

 

NB:  

The vendor has to clearly indicate separately the applicable taxes for the order. 

     

Annexure - I

Page 17 of 21

10. Bill of Materials for EOMIC and CIM  10.1    Bill of Materials for EOMIC The  following are  the bill of materials  required  for  the assembly of 1  set of EOMIC.  (The details will be provided only at the time of clarification in person at NPOL)  

SL. No.  DRAWING No.  ITEM DESCRIPTION  MATERIAL  QUANTITY 

(No.s) 

1  232 37 001  FLEXIBLE EOMIC ASSY   ‐  1 

1.1  232 37 002  FIBRE SPLICE CAPSULE ASSY  ‐  1 

1.1.1  232 37 014  SPLICE PROTECTOR ASSEMBLY   ‐  1 

1.1.1.1  232 37 022  SPLICE PROTECTOR TRAY ‐ BOTTOM COVER  Teflon  1 

1.1.1.2  232 37 023  SPLICE PROTECTOR TRAY   Teflon  1 

1.1.1.3  232 37 024  SPLICE PROTECTOR TRAY ‐ MIDDLE STRIP‐I  Teflon  1 

1.1.1.4  232 37 025  SPLICE PROTECTOR TRAY ‐ MIDDLE STRIP‐II  Teflon  1 

1.1.1.5  232 37 026  SPLICE PROTECTOR TRAY ‐ TOP COVER  Teflon  1 

1.1.1.6  Commercial  SLOTTED CSK HD SCREW A M3X10  IS:1365‐P‐Ti Gr. 5  15 

1.1.2  232 37 015  CYLINDRICAL SHELL   Titanium Gr‐2  1 

1.1.3  232 37 016  END CAP ‐ HTC  Titanium Gr‐2  1 

1.1.4  232 37 017  END CAP ‐ LTC  Titanium Gr‐2  1 

1.1.5  232 37 018  SPLICE PROTECTOR HOLDER  Titanium Gr‐2  2 

1.1.6  232 37 019  LOCK NUT  Titanium Gr‐2  1 

1.1.7  232 37 020  BUSH ‐ LTC  Titanium Gr‐2  1 

1.1.8  232 37 021  BUSH ‐ HTC  Titanium Gr‐2  1 

1.1.9  Commercial  SLOTTED CSK HD SCREW A M3X6  IS:1365‐P‐Ti Gr. 5  16 

1.1.10  Commercial  SLOTTED CSK HD SCREW A M4X8  IS:1365‐P‐Ti Gr. 5  80 

1.1.11  Commercial  "O" RING  Neoprene Rubber Ref. No. 0396‐24  4 

1.1.12  Commercial  GRUB SCREW A M4X8  IS:2388‐P‐Ti Gr. 5  4 

1.2  232 37 003  STEEL ARMOUR TERMINATION HOUSING  Stainless Steel‐316  1 

1.3  232 37 004  SPECIAL NUT  Titanium Gr‐2  1 

1.4  232 37 005  WIRE ROPE ATTACHMENT ASSEMBLY   ‐  1 

1.4.1  232 37 027  WIRE ROPE ATTACHMENT ‐ LTC END  Titanium Gr‐5  1 

1.4.2  232 37 029  RUBBER MOULDED SLEEVE  ‐  2 

1.4.2.1  232 37 035  SLEEVE  Titanium Gr‐2  2 

1.4.3  232 37 030  WIRE ROPE ATTACHMENT ‐ HTC END  Titanium Gr‐5  1 

1.4.4  232 37 053  RUBBER MOULDED PROTECTIVE COVER  ‐  1 

Annexure - I

Page 18 of 21

1.4.4.1  232 37 032  PROTECTIVE COVER  Titanium Gr‐5  1 

1.4.5  Commercial  STEEL WIRE ROPE ø8mm of breaking load 7T. Length 4m. 

High strength Stainless Steel  1 

1.4.6  Commercial  HEX SOCKET HD CAP SCREW  M4X8  IS:2269‐P‐Ti Gr.5  20 

1.5  232 37 006  LTC TERMINATION HOUSING  Titanium Gr‐5  1 

1.6  232 37 007  NRV BODY  Titanium Gr‐2  1 

1.7  232 37 008  NRV CAP  Titanium Gr‐2  1 

1.8  232 37 054  ADAPTOR  Stainless Steel‐316  1 

1.9  232 37 009  WEDGE RING  Stainless Steel‐316  1 

1.10  232 37 010  SPLIT CLAMP ASSY  ‐  4 

1.10.1  232 37 036  BOTTOM SPLIT  Stainless Steel‐316  4 

1.10.2  232 37 037  TOP SPLIT  Stainless Steel‐316  4 

1.10.3  Commercial  HEX SOCKET HD CAP SCREW  M5X14  IS:2269‐P‐Ti Gr. 5  12 

1.11  232 37 011  SPRING  Steel wire unalloyed cold drawn Gr.IV. IS:4454  1 

1.12  232 37 012  HARNESS PROTECTOR  Titanium Gr‐2  1 

1.13  232 37 013  THREAD INSERT  Nylon  1 

1.14  Commercial  BALL  ø 8  Stainless Steel‐316  3 

1.15  Commercial  HEX. SOCKET HD CAP SCREW  M8 X 28  IS:2269‐P‐Ti Gr. 5  12 

1.16  Commercial  SLOTTED CHEESE HD SCREW  A  M5X11  IS:1365‐P‐Ti Gr. 5  8 

1.17  Commercial  12 PIN  SQ FLANGE CONNECTOR  (Shell size 14M) 

Beryllium Copper Part No. REC F 14M T12‐16 of M/S Souriau India Pvt Ltd. 

1.18  Commercial  12 PIN  SQ FLANGE CONNECTOR  (Shell size 14M) 

Beryllium Copper Part No. FEDM14MK12‐16SA of M/s Souriau India Pvt Ltd. 

1.19  Commercial  "O" RING  Ø 26 x 2.5           14‐01 of  M/S Souriau India Pvt Ltd  3 

1.20  Commercial  "O" RING  Ø 15.7 x 1.78      14‐02 of  M/S Souriau India Pvt Ltd  3 

1.21  Commercial  Receptacle cap assembly kit  Part No. P0810372KIT of M/S Souriau India Pvt Ltd.  3 

1.22  Commercial  Plug cap kit Part No. P0810373KIT of M/S Souriau India Pvt Ltd.  

1.23  Commercial  O Ring Removing Tool  Part No. P0810374 of M/s Souriau India Pvt Ltd.  3 

1.24  Commercial  "O" RING  Ø 20.35 x 1.78      14‐03 of  M/S Souriau India Pvt Ltd  3 

1.25  Commercial  Insert Blocks  BIS 14MT12‐16F  1 

1.26  Commercial  Insert Blocks  BIS 14MK12‐16M  1 

1.27  Commercial  "O" RING  Neoprene Rubber Ref No. 0151‐16  4 

Annexure - I

Page 19 of 21

1.28  ‐‐‐‐   FLEXIBLE POLY URETHANE TUBE‐ ø68 mm (ID) and ø78mm (OD)  L=4m  2 

1. 29  ‐‐‐‐  FILLER FLUID  Polymerizing Gel  6 L 

1.30  ‐‐‐‐  STEEL WIRE ø1, Length 165mm  High strength Stainless Steel  1 

1.31  232 37 028  RUBBER MOULDED SPACER  RING ASSY.  ‐  5 

1.31.1  232 37 033  SPLIT SPACER RING  Titanium Gr‐2  5 

1.31.2  232 37 034  SPLIT SPACER COVER‐II  Titanium Gr‐2  5 

1.32  232 37 031  SPLIT SPACER COVER‐I  Titanium Gr‐2  10 

1.33  Commercial  SOCKET HD SCREW  M4X8  IS:1365‐P‐Ti Gr. 5  50 

1.34  232 37 055  SPLIT RING  Teflon  2 

2  232 37 046  FLEXY LINK ASSY  ‐  1 

2.1  232 37 047  ANCHORING LINK‐I  Titanium Gr‐5  1 

2.2  232 37 048  ANCHORING LINK‐II  Titanium Gr‐5  1 

2.3  232 37 049  ANCHORING LINK‐III  Titanium Gr‐5  3 

2.4  232 27 038  TERMINATION  HOUSING  Titanium Gr‐5  1 

2.5  232 27 039  ANCHORING BRACKET  Titanium Gr‐5  1 

2.6  232 27 040  ANCHORING HOUSING  Titanium Gr‐5  1 

2.7  232 37 050  SPECIAL BOLT  Titanium Gr‐5  5 

2.8  232 37 051  SPECIAL NUT  Titanium Gr‐5  5 

2.9  232 37 052  HEX. BOLT M16  IS: 1364 Ti Gr. 5  2 

2.10  Commercial  SPLIT COTTER PIN 3.5 X 25  IS: 2232‐P‐Ti Gr. 5  2 

2.11  Commercial  ROD ø3x53  IS: 549 Ti Gr. 5  10 

2.12  232 32 048  SPECIAL PIN  Ti Gr.5 (SPRING) SINGLE COIL  4 

2.13  206 37 090  M20 BOLT  Titanium Gr‐5  2 

2.14  Commercial  CASTLE NUT M20  IS 2232‐P‐Ti Gr 5  2 

3  206 37 367  Split Ring‐I Assy  ‐  2 

3.1  206 37 368  Split Ring Top  Titanium Gr‐2  2 

3.2  206 37 369  Split Ring Bottom  Titanium Gr‐2  2 

3.3  Commercial  SOCKET HD SCREW  M3X10  Stainless Steel  6 

3.4  Commercial  CHEESE HD SCREW  M3X5  Stainless Steel  16 

4  206 37 370  Split Ring‐II Assy  ‐  2 

4.1  206 37 371  Split Ring Top  Titanium Gr‐2  2 

4.2  206 37 372  Split Ring Bottom  Titanium Gr‐2  2 

4.3  206 37 373  Pin  Titanium Gr‐2  16 

4.4  Commercial  SOCKET HD SCREW  M3X12  Stainless Steel  6 

5  206 50 719  EOMIC MOULD ASSEMBLY  ‐  ‐ 

5.1  206 50 720  BOTTOM MOULD  MILD STEEL  1 

5.2  206 50 721  DOWEL  MILD STEEL  2 

Annexure - I

Page 20 of 21

5.3  206 50 722  TOP MOULD  MILD STEEL  1 

5.4  Commercial  HEX. SOC.HEAD SCREW M6X50  IS:2269  4 

6  206 50 715  AFT END INTERMEDIATE ANCHORING MOULD ASSY.  ‐  ‐ 

6.1  206 50 716  BOTTOM MOULD II  MILD STEEL  1 

6.2  206 50 717  TOP MOULD II  MILD STEEL  1 

6.3  206 50 718  DOWEL  MILD STEEL  1 

6.4  Commercial  HEX. SOC.HEAD SCREW M8X55  IS:2269  4 

7  206 50 731  FORE END INTERMEDIATE ANCHORING MOULD  ‐  ‐ 

7.1  206 50 732  BOTTOM MOULD  MILD STEEL  1 

7.2  206 50 733  TOP MOULD   MILD STEEL  1 

7.3  206 50 734  DOWEL BOLT  MILD STEEL  6 

7.4  Commercial  HEX. NUT M12  IS:2269  6 

 10.2    Bill of Materials for CIM The following are the bill of materials required for the assembly of 1 set of CIM. 

10.2.1 Electronics Components of CIMS. No  Components  Quantity 1  Ethernet over VDSL2 Converter, P/N  VC‐202[1BNC, 1 RJ45] (Make:Planet)  4 

2  Media converter  MROTEK (FCAT01/SA/S15/SC/CAD)  (1310Tx/1550Rx)  4 

3  Media converter MROTEK (FCAT01/SA/S15/SC/CAD)  (1550Rx/1310Tx)  4 4  DC – DC converter 5V (V375C5E100BL3), Make: Vicor  1 5  DC – DC converter 8V (V375C8E100BL3), Make: Vicor  1 6  Ripple Attenuator Module (P/N : URAM2C23), Make: Vicor  2 7  3 port Ethernet Switch(TLA06), M/s Kaynes Technology, Mysore  4 

8 Stellaris LM 3S6965 Evaluation Kit, Part No. EKK‐LM3S6965, M/s Texas Instruments  2 

10.2.2 Mechanical  Components of CIM 1  Ethernet Switch Capsule Assembly    ( Dwg. No. 232 31 026)  2 

2  Dual Power Converter Assy      ( Dwg. No. 232 31 037)  1 3  VDSL PCB Capsule Assembly (Dwg. No. 232 37 083)  2 4  Media Converter PCB Housing Assy  2 

5 Electro Mechanical Connector Part No.UWNRV‐28‐P6‐P&S‐2CX, M/s Amphenol Pune ( with mating and shell removing tool )  1 

6  Test Projector Housing                               (Free Issue Materials)  1 

7  PU Tube[length in meters]                        (Free Issue Materials)  3 8  Kevlar Tape[length in meters]                   (Free Issue Materials)  10 9  Kevlar Attachment  1 

10 Mechanical Components for CIM Assembly ( 1 set)‐Rigid portion                (Dwg. No. 232 37 065)  1 

Annexure - I

Page 21 of 21

 10.2.3 Bill of Materials for Bend Restrictor Rubber Moulding  of CIM 

 

SL. No.  DRAWING No.  ITEM DESCRIPTION  MATERIAL  QUANTITY (No.s) 

1.   206 50 742  FOM LTC MOULD ASSY.  ‐  1 

1.1   206 50 743  BOTTOM MOULD  MILD STEEL  1 

1.2   206 50 744  TOP MOULD   MILD STEEL  1 

1.3   206 50 745  DOWEL BOLT  MILD STEEL  4 

1.4   206 50 746  SPLIT RING I  MILD STEEL  1 

1.5   206 50 747  SPLIT RING II  MILD STEEL  1 

1.6   206 50 748  TIE ROD  MILD STEEL  2 

1.7   Commercial  HEX.SOC.HEAD SCREW M8 X 25  IS:2269  2 

1.8   Commercial  HEX.NUT M8  IS:1364  2 

1.9   Commercial  HEX.NUT M12  IS:1364  4 

2.   206 50 735  PORTABLE HEATER  ‐  1 

2.1   206 50 736  BASE PLATE  MILD STEEL  1 

2.2   206 50 737  INSULATOR  SINTHALIUM  1 

2.3   206 50 738  HEATER PLATE  MILD STEEL  1 

2.4   206 50 739  GUIDE BAR  MILD STEEL  2 

2.5   206 50 740  INSULATING BUSH  SINDANIA  4 

2.6   206 50 741  HEATER COVER  ALUMINIUM  1 

2.7   Commercial  SOC.HD.CAP SCREW M10 X 40  IS:2269  4 

2.8   Commercial  SOC.HD.CAP SCREW M5 X 15  IS:2269  8 

3.   SK‐T‐005/02  TEMPERATURE CONTROL BOX ASSY.  ‐  1 

3.1   SK‐T‐006/02  FRONT PANEL CUM BASE  MILD STEEL  1 

3.2   SK‐T‐007/02  TOP COVER  MILD STEEL  1 

3.3   SK‐T‐008/02  MCB MOUNTING BRACKET  MILD STEEL  1 

3.4   SK‐T‐009/02  BACK PANEL  MILD STEEL  1 

3.5   TRADE  HANDLE (FOLDABLE)  ‐  1 

3.6   TRADE  M4 SCREW(with nut and washer)  ‐  2 

3.7   TRADE  FEET (RUBBER/ PLASTIC)  ‐  4 

3.8   TRADE  RUBBER GROMMET 5/8”  ‐  1 

 


Recommended