+ All Categories
Home > Documents > for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217...

for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217...

Date post: 13-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road Evaluation Matrix 1/2017 1 1. Ability of Professional Personnel: A. Describe the qualifications and relevant experience of the proposed Senior Project Engineer and all key personnel that are to be assigned to this project as well as experience with Complete Streets. B. Describe the proposed personnel’s project’s roles, responsibilities, and availability. Include proposed organizational chart of CEI staff. C. Include resumes for the Senior Project Engineer and all key personnel proposed. Include the qualifications, certifications and relevant experiences of all proposed staff. Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136 th Street Miami, FL 33186 R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 Pembroke Pines, FL 33332 Ability of Professional Personnel A. Key Personnel For this highprofile project, we will be commit our Senior Project Engineer, Leo Offredi, P.E. who recently completed the construction of Pembroke Road. Leo in conjunction with his team offers you extensive knowledge and expertise for this important project. We understand that you need an inspection team who can perform with little to no oversight, and we believe that we have your team. Together we have the technical expertise to handle the variety and complexity of issues that this project may encounter. The two key features of our team that will drive the success of Wiles II are the experience of the individuals and the similar project experience of the team. All of our staff will be available immediately upon the notice to proceed. Exceptional Management The E&R team is comprised of handpicked specialists whose experience is matched with the needs of this project. Our proposed key staff has demonstrated their expertise on a multitude of complex projects throughout their careers. Special projects call for special teams. E&R, in association with its partner firms, is that team; we understand the County’s performance expectations. Each of the proposed Team members are currently working together and the scope of the work includes the County’s Complete Streets Initiative. Our team provides a superior staff with a combination of local knowledge and experience in roadway construction. This project will be led by two Professional Engineers with the support of extremely qualified and experienced individuals. Our key members include; J. Scott Gombar, P.E. Project Manager: Scott has over 28 years of experience in the CEI industry. He is a handson, solutionsoriented engineer who focuses on establishing common team goals to deliver a successful project. Scott is well known for having extensive experience working on multiple complex projects. His experience includes construction inspection, value engineering, construction time and project cost estimating, scheduling, claims review and analysis and Dispute Review Board presentations. Leonardo Offredi, P.E. Senior Project Engineer: Leo has over 16 years of experience with extensive construction experience in a project leadership role on urban 3R projects, several project groupings, major bridge construction, and ITS projects. He is a proven Senior Project Engineer who has developed a Ability of Professional Personnel A. Key Personnel For this high Our staffing is comprised of local highly skilled professionals proven in exceeding our client’s goal. We are currently apart of R1261804P1, CEI services for Wiles Rd. from Rock Island Rd to SR7 which will overlap in duration with this project. Our team will ensure communications is open and coordinated correctly. James Jeffers, P.E., is the proposed Senior Project Engineer (SPE): James has over 25 years of experience in the CEI industry and managed for 14 years the FDOT’s Broward Operation Construction Division; he brings handson, solutionsoriented experience to this project. Some of Mr. Jeffers assignments for District IV were directly overseeing the construction of the $43M Design Build Dixie Highway Flyover Bridge and the ongoing $120M I95 Managed Lanes project for FDOT district IV. Prior to managing these projects, Mr. Jeffers was the FDOT Broward Construction Manager, wherein he delivered an annual work program averaging more than $250M. Under his leadership, the Broward Operations office continually exceeded District IV goals and always led the district in achieving positive results. In addition, Mr. Jeffers has extensive experience as a Project Engineer on similar urban arterials including Sunrise Boulevard, Hollywood Boulevard and SR 7. Mr. Jeffers clearly has the skills and experience required to drive this project to a successful ontime and onbudget completion while exceeding the Broward County’s other critical goals of ensuring safety and customer satisfaction. Hemberth Salazar, P.E., will serve as the Project Administrator (PA): Hemberth has over 12 years of experience in road and bridge construction on a variety of FDOT and MDX projects. He has proven himself resourceful and capable of managing multiple roadway and bridge construction assignments, high speed corridor improvements and urban reconstruction projects. Mr. Salazar has served as assistant project administrator/Sr. Inspector for this $12.6 Million DesignBuild MiamiDade Expressway Authority (MDX) ORT conversion project in SR836 where he managed the construction of 5 new toll gantry structures and modification to three currently existing in the SR836 corridor and construction of an exit ramp from SR836 west bound to access the FDOT District VI Office. Additionally he has extensive experience in urban roadway construction on such projects as the milling and resurfacing if SR5/US1 from North Ability of Professional Personnel A. Key Personnel Qualifications and Relevant Experience: MEI will be led by our Senior Project Engineer, Mr. Eric Rush, P.E., who will provide the overall management and leadership. Mr. Rush has more than 18 years of experience as an owner or direct owner representative in the public sector including positions in both state and local jurisdictions. His background includes roles in statelevel specification management and Construction Audit (New Mexico Department of Transportation [NMDOT]), and state and local level construction project management (FDOT/Florida Turnpike Enterprise [FTE], NMDOT, and the City of Miami). His diverse and extensive Construction Management experience will provide Broward County and its Project Manager, Mr. Mike Hammond, P.E. with the confidence that their interests are being safeguarded throughout the Project. Prior to joining METRIC, Mr. Rush served as the Chief Construction Manager for the City of Miami Capital Improvements Program (CIP), managing up to six Project Managers each handling an average of 1218 projects concurrently at any given time. This handson, challenging role included constant communication with City Commissionlevel staff resulting in rapid responses catered to the needs of not only the individual Commissioners, but also of the residents, either in person or through their Home Owners Association (HOA), and businesses directly and indirectly impacted by the construction operations. Eric regularly attended HOA and community meetings in areas where work was happening. His proven ability to effectively communicate and interact with stakeholder at all levels will be of benefit to the Project as there are numerous HOAs and businesses within the Project limits. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 749 and 753 for additional qualifications and relevant experience. MEI’s Project Administrator and Contract Support Specialist (PA/CSS) will be Mr. Jonathan Guzman, who brings over 11 years of experience in the industry to the Team. Mr. Guzman has worked his way through the progression of inspection positions and has spent the last 3 years as an Office Engineer/Contract Support Specialist completing FDOT projects. He currently holds all required FDOT CTQP qualifications associated with the Project’s Scope of Work. He also has a Ability of Professional Personnel A. TEAM QUALIFICATIONS R.J. Behar & Company, Inc. (RJB) has assembled a very strong, suitable, wellbalanced, and committed project team, and is offering a combination of qualified personnel, experience, knowledge and resources to perform the scope of services for this project. Each member of the RJB Team was specifically selected for this project adding significant value, benefit, and strength to the overall composition of the team. The RJB Team is bringing together veteran senior and project engineers, and technical inspectors with experience in roadway, drainage, plan review, utility coordination, signalization, lighting, constructability reviews, project estimating and scheduling, quality control, material sampling and testing, and claims review. Our team members have all worked together in the past on a number of projects, the majority of which are complete street projects, in urbanized areas entailing safe pedestrian features such as wide sidewalks, ADACompliant curb ramps, various traffic calming features, dedicated bicycle lanes, and new bus stop shelters throughout the project corridors. Our team is currently working on Wiles Road from Rock Island Road to SR7 project in Broward County; we are very familiar with the project corridor, the typical section, numerous HOA’s, and utilities in the area. We have an excellent working relationship with the Engineer of Record (EOR), Mr. Marwan Mufleh, P.E., of KimleyHorn & Associates, Inc., who is also the EOR for the upcoming Wiles Road Phase 2 project. Similarly, we have great working relationships with the staff at the City of Coral Springs and City of Parkland, as well as with Broward County, all involved in this project. The RJB Team will be able to offer and implement the “lessons learned” from this project, which is very similar in scope to the new project segment. Each member of our team is 100% available to commence work on the upcoming Wiles Road Project, from Riverside Drive to Rock Island Road, upon its anticipated 2017 summer start time. Our CEI Team offers significant value and strength to Broward County in that many of our proposed staff members are fully capable of performing dual roles, thereby complementing and enhancing the team’s dynamics. This means to the County that we have a formidable and talented group of experienced project personnel that will be complementing one another throughout the project, able to serve multiple roles to facilitate the management and
Transcript
Page 1: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    1 

1.  Ability of Professional Personnel: A. Describe the qualifications and relevant experience of the proposed Senior Project Engineer and all key personnel that are to be assigned to this project as well as experience with Complete Streets.  B. Describe the proposed personnel’s project’s roles, responsibilities, and availability. Include proposed organizational chart of CEI staff.  C. Include resumes for the Senior Project Engineer and all key personnel proposed. Include the qualifications, certifications and relevant experiences of all proposed staff.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Ability of Professional Personnel A. Key Personnel For  this  high‐profile  project, we will  be  commit  our  Senior Project  Engineer,  Leo  Offredi,  P.E. who  recently  completed the  construction of Pembroke Road.  Leo  in  conjunction with his team offers you extensive knowledge and expertise for this important  project.  We  understand  that  you  need  an inspection  team who can perform with  little  to no oversight, and we believe that we have your team. Together we have the technical  expertise  to  handle  the  variety  and  complexity  of issues  that  this project may encounter. The  two key  features of  our  team  that  will  drive  the  success  of Wiles  II  are  the experience  of  the  individuals  and  the  similar  project experience  of  the  team.  All  of  our  staff  will  be  available immediately upon the notice to proceed. Exceptional  Management  The  E&R  team  is  comprised  of handpicked specialists whose experience  is matched with the needs  of  this  project.  Our  proposed  key  staff  has demonstrated  their  expertise  on  a  multitude  of  complex projects  throughout  their  careers.  Special  projects  call  for special  teams.  E&R,  in  association with  its  partner  firms,  is that  team;  we  understand  the  County’s  performance expectations.  Each  of  the  proposed  Team  members  are currently working together and the scope of the work includes the County’s Complete Streets Initiative. Our team provides a superior  staff  with  a  combination  of  local  knowledge  and experience in roadway construction. This project will be led by two Professional Engineers with the support  of  extremely  qualified  and  experienced  individuals. Our key members include; J.  Scott Gombar, P.E.  ‐ Project Manager:  Scott has over 28 years  of  experience  in  the  CEI  industry.  He  is  a  hands‐on, solutions‐oriented  engineer  who  focuses  on  establishing common  team  goals  to  deliver  a  successful  project.  Scott  is well  known  for  having  extensive  experience  working  on multiple  complex  projects.  His  experience  includes construction  inspection, value engineering,  construction  time and  project  cost  estimating,  scheduling,  claims  review  and analysis and Dispute Review Board presentations. Leonardo Offredi, P.E. ‐ Senior Project Engineer: Leo has over 16 years of experience with extensive construction experience in  a  project  leadership  role  on  urban  3R  projects,  several project groupings, major bridge construction, and ITS projects. He  is a proven Senior Project Engineer who has developed a 

Ability of Professional Personnel A. Key Personnel For  this high Our  staffing  is  comprised of  local highly  skilled professionals  proven  in  exceeding  our  client’s  goal. We  are currently apart of R1261804P1, CEI services for Wiles Rd. from Rock Island Rd to SR7 which will overlap in duration with this project.  Our  team  will  ensure  communications  is  open  and coordinated  correctly.  James  Jeffers,  P.E.,  is  the  proposed Senior  Project  Engineer  (SPE):  James  has  over  25  years  of experience  in the CEI  industry and managed  for 14 years the FDOT’s  Broward  Operation  Construction  Division;  he  brings hands‐on, solutions‐oriented experience to this project. Some of  Mr.  Jeffers  assignments  for  District  IV  were  directly overseeing  the  construction  of  the  $43M Design  Build Dixie Highway  Flyover  Bridge  and  the  ongoing  $120M  I‐95 Managed Lanes project for FDOT district IV. Prior to managing these  projects,  Mr.  Jeffers  was  the  FDOT  Broward Construction Manager, wherein he delivered an annual work program averaging more  than $250M. Under his  leadership, the Broward Operations office continually exceeded District IV goals and always  led the district  in achieving positive results. In addition, Mr.  Jeffers has extensive experience as a Project Engineer  on  similar  urban  arterials  including  Sunrise Boulevard, Hollywood Boulevard and SR 7. Mr. Jeffers clearly has the skills and experience required to drive this project to a successful on‐time and on‐budget completion while exceeding the Broward  County’s  other  critical  goals  of  ensuring  safety and customer satisfaction. Hemberth  Salazar,  P.E.,  will  serve  as  the  Project Administrator (PA): Hemberth has over 12 years of experience in road and bridge construction on a variety of FDOT and MDX projects.  He  has  proven  himself  resourceful  and  capable  of managing  multiple  roadway  and  bridge  construction assignments,  high  speed  corridor  improvements  and  urban reconstruction  projects. Mr.  Salazar  has  served  as  assistant project  administrator/Sr.  Inspector  for  this  $12.6  Million Design‐Build Miami‐Dade  Expressway  Authority  (MDX)  ORT conversion  project  in  SR‐836  where  he  managed  the construction of 5 new toll gantry structures and modification to  three  currently  existing  in  the  SR‐836  corridor  and construction  of  an  exit  ramp  from  SR‐836  west  bound  to access  the  FDOT  District  VI  Office.  Additionally  he  has extensive experience  in urban  roadway  construction on  such projects as the milling and resurfacing if SR‐5/US‐1 from North 

Ability of Professional PersonnelA. Key Personnel Qualifications and Relevant Experience: MEI will be led by our Senior Project Engineer, Mr. Eric Rush, P.E., who will provide the overall management and leadership. Mr. Rush has more than 18 years of experience as an owner or direct  owner  representative  in  the  public  sector  including positions  in both state and  local  jurisdictions. His background includes  roles  in  state‐level  specification  management  and Construction  Audit  (New  Mexico  Department  of Transportation  [NMDOT]),  and  state  and  local  level construction  project  management  (FDOT/Florida  Turnpike Enterprise [FTE], NMDOT, and the City of Miami). His diverse and  extensive  Construction  Management  experience  will provide Broward  County  and  its  Project Manager, Mr. Mike Hammond,  P.E. with  the  confidence  that  their  interests  are being safeguarded throughout the Project. Prior  to  joining  METRIC,  Mr.  Rush  served  as  the  Chief Construction  Manager  for  the  City  of  Miami  Capital Improvements  Program  (CIP),  managing  up  to  six  Project Managers  each  handling  an  average  of  12‐18  projects concurrently  at  any  given  time.  This  hands‐on,  challenging role  included constant communication with City Commission‐level staff resulting in rapid responses catered to the needs of not  only  the  individual  Commissioners,  but  also  of  the residents,  either  in  person  or  through  their  Home  Owners Association  (HOA),  and  businesses  directly  and  indirectly impacted  by  the  construction  operations.  Eric  regularly attended HOA and community meetings  in areas where work was happening. His proven ability to effectively communicate and interact with stakeholder at all levels will be of benefit to the Project as there are numerous HOAs and businesses within the Project limits. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 749 and 753  for  additional  qualifications  and  relevant  experience. MEI’s Project Administrator and Contract Support Specialist (PA/CSS) will be Mr.  Jonathan Guzman, who brings over 11 years of experience  in the  industry to the Team. Mr. Guzman has  worked  his  way  through  the  progression  of  inspection positions  and  has  spent  the  last  3  years  as  an  Office Engineer/Contract  Support  Specialist  completing  FDOT projects. He  currently  holds  all  required  FDOT  CTQP  qualifications associated with  the  Project’s  Scope  of Work. He  also  has  a 

Ability of Professional PersonnelA. TEAM QUALIFICATIONS R.J.  Behar  &  Company,  Inc.  (RJB)  has  assembled  a  very strong, suitable, well‐balanced, and committed project team, and  is  offering  a  combination  of  qualified  personnel, experience, knowledge and resources to perform the scope of services  for  this project. Each member of  the RJB Team was specifically  selected  for  this project  adding  significant  value, benefit, and strength to the overall composition of the team. The RJB Team is bringing together veteran senior and project engineers,  and  technical  inspectors  with  experience  in roadway,  drainage,  plan  review,  utility  coordination, signalization,  lighting,  constructability  reviews,  project estimating and scheduling, quality control, material sampling and  testing, and  claims  review. Our  team members have all worked  together  in  the  past  on  a  number  of  projects,  the majority of which are complete street projects,  in urbanized areas  entailing  safe  pedestrian  features  such  as  wide sidewalks, ADA‐Compliant curb ramps, various traffic calming features, dedicated bicycle  lanes, and new bus  stop  shelters throughout  the  project  corridors.  Our  team  is  currently working  on  Wiles  Road  from  Rock  Island  Road  to  SR‐7 project  in  Broward  County;  we  are  very  familiar  with  the project  corridor,  the  typical  section,  numerous  HOA’s,  and utilities in the area. We have an excellent working relationship with the Engineer of Record (EOR), Mr. Marwan Mufleh, P.E., of Kimley‐Horn & Associates, Inc., who is also the EOR for the upcoming  Wiles  Road  Phase  2  project.  Similarly,  we  have great working relationships with the staff at the City of Coral Springs and City of Parkland, as well as with Broward County, all involved in this project. The RJB Team will be able to offer and implement the “lessons learned” from this project, which is very similar in scope to the new project segment. Each member  of  our  team  is  100%  available  to  commence work  on  the  upcoming  Wiles  Road  Project,  from  Riverside Drive to Rock Island Road, upon  its anticipated 2017 summer start time. Our CEI Team offers significant value and strength to  Broward  County  in  that  many  of  our  proposed  staff members are  fully  capable of performing dual  roles,  thereby complementing  and  enhancing  the  team’s  dynamics.  This means to the County that we have a formidable and talented group  of  experienced  project  personnel  that  will  be complementing one another  throughout  the project, able  to serve  multiple  roles  to  facilitate  the  management  and 

Page 2: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    2 

1.  Ability of Professional Personnel: A. Describe the qualifications and relevant experience of the proposed Senior Project Engineer and all key personnel that are to be assigned to this project as well as experience with Complete Streets.  B. Describe the proposed personnel’s project’s roles, responsibilities, and availability. Include proposed organizational chart of CEI staff.  C. Include resumes for the Senior Project Engineer and all key personnel proposed. Include the qualifications, certifications and relevant experiences of all proposed staff.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

reputation for high ethical standards and he has the ability to work  well  with  all  interested  parties.  Leo  was  the  Senior Project  Engineer  on  the  highly  successful  Pembroke  Road Project for Broward County. Leo is a hands‐on engineer known for  handling  project  issues  by  making  firm  decisions  and responsibly managing  construction  projects  that  exceed  his client’s  goals  and  expectations.  Leo  has  been  working  on County, Municipal and FDOT projects in South Florida for over 16 years, his references are Mr. Michael Hammond, P.E.; 954‐577‐4558, and Mr. Donald Vanwhervin, P.E., 954‐931‐6187. Guillermo Villanueva,  E.I.  ‐ Project  Engineer: Guillermo  has 11  years  of  experience  in  heavy  civil  highway/bridge construction. As a Project Engineer  for the  I‐75 Express  lanes project,  Guillermo  is  in  charge  of  schedule  reviews, management of inspection personnel, review of change orders and claims, monitoring QA/QC compliance throughout project duration,  and  provide  administrative  support  to  the  Senior Project Engineer. Guillermo has worked on several widening, new  construction  and  reconstruction  projects.  Guillermo currently  manages  a  staff  of  over  10  inspectors.  The  I‐75 Express  Project  includes  the  reconstruction  of  the  Sheridan Street  Interchange,  a  Broward  County  Roadway.  His references  are Mr.  Antonio  Castro,  PE,  FDOT,  954.958.7671 and  Mr.  Paul  Lampley,  PE,  FDOT,  954.790.2413) Knowledgeable  Inspectors: Our  team offers a pool of  senior inspectors and inspectors with broad experience in all aspects of  construction  including  new  bridge  construction,  roadway construction,  signalization  and  lighting  installations,  new drainage, and  landscaping. Each of our  Inspectors has all the required CTQP certifications including International Municipal Signal  Association  (IMSA),  a  requirement  for  traffic signalization inspection. William Rhoades – Senior Roadway  Inspector: Mr. Rhoades will be our  lead  field  senior  inspector. Mr. Rhoades’s diverse experience  is  tailor  made  for  this  project.  As  a  Senior Inspector,  Bill  has  had  unique  opportunities  on  his  various roadway  projects  including;  reconstruction  and  widening, drainage  installations,  utility  relocations,  and  signalization which are all distinctive aspects of this project. Kyle Wann – Senior Roadway Inspector: Mr. Wann has been working  in  the  construction  engineering and  inspection  field for over 12 years in both roadway and bridge construction. He has  vast amount of experience and  is qualified  /  certified  in almost  every  area,  including  general  field  inspection, 

of SE 17th St. to Broward Blvd.; Sunrise Blvd at SR‐7 sidewalk project;  and  SR‐84  and  University  Dr.  intersection construction. Ryan Santiago, CSS/Sr. Inspector: Mr. Santiago brings over 12 years  of  Local  District  4  CEI  experience  to  the  Team  and  is currently  serving  as  the  CSS  SR‐A1A  from  east  of Mercedes River small bridge to Sunrise. He has successfully participated and  closed  out  over  30  projects  as  a  CSS/Sr.  Inspector with several  perfect  final  estimates.  He  brings  vast  amount  of experience  in  dealing  with  CSI’s  as  he  was  successful  in implementing  2  CSI’s  with  a  total  value  of  over  3  Million dollars. Our  Inspector,  Logan  Fasanella  his  local  experience  in Broward County will be a tremendous asset to the project. The  Secretary/RCS  is  Mona  Catalona  and  she  will  be  in charge  of  monitoring  CBE  compliance  and  all  document control.  Ms.  Catalona  brings  11  years  of  Secretary/RCS experience  and  is well  versed  in  all  that will  be  required  to keep a project  in  compliance and organized. Every aspect of the Wiles Road project will be covered by seasoned veterans that  are  experienced,  knowledgeable  and  possess  the  right qualifications. Our  entire  staff  are  100%  available  for  this project that is set to start Summer of 2017. We are proposing a  Staff  composed  of  a  Senior  Project  Engineer,  Project Administrator,  a  dual  roll  Contract  Support  Specialist/Senior Inspector,  Inspector  and  Secretary/RCS.  See  attached Organizational Chart attached.      C. Please Refer  to Proposal  J2112395P1  submittal page 376 for proposed organizational chart of CEI staff, and page 377 for Key Staff and sub‐consultant resumes. 

number  of  additional  qualifications  based  on  his  time  as  a Senior Inspector. This allows him to comfortably communicate any  concerns  with  his  staff  regarding  the  testing  and documenting of the materials incorporated in the Project. His experience  as  a  Sr.  Inspector  includes  multiple  projects  on high‐volume streets and freeways. In  the  past  10  years, Mr.  Guzman  has  been  involved  in  7 projects with  scopes  similar  to  the Wiles  Rd.  Project.  These include widening  projects  on Griffin  Rd.  and  Broward  Blvd., lighting  and  signalization  work  on  Sheridan  St.  and  Pines Blvd., and  irrigated  landscaping along Oakland Park Blvd.  In each  of  his many  projects, Mr.  Guzman  was  exposed  to  a wide‐variety  of  MOT  configurations  requiring  constant attention.  Being  on  the  front‐lines  of  the  Project,  Mr. Guzman’s experience with MOT will make all implementation and  transition  of  phases  seamless. Mr.  Guzman  also  has  a great  deal  of  experience  handling  Contract  Administrative functions  such  as  meeting management,  quantity  tracking, and quality control. His  various duties have also  included being directly  involved with  residential  communities,  including  individual  residents and HOAs,  as well  as  commercial  properties  as  it  relates  to providing  education,  updates,  and  issue  resolution.  Mr. Guzman has a keen ability to hold these discussions such that the  target  audience  is  not  overwhelmed  with  technical terminology, keeping the topics basic and clear. MEI’s Senior  Inspector will be Mr.  Jaime Caride. Mr. Caride has  been  exposed  to  high‐volume  facilities  including major arterials  his  entire  career. One  of most  challenging  projects was  the widening  and  reconstruction  of Okeechobee  Rd.  in Hialeah, FL. The project  included almost every major  type of construction  scope  possible  including  utilities,  structural concrete,  railroad  coordination,  and  a  stormwater  pump station. Being exposed to a Project with such a diverse scope and  his  ability  to  quickly  grasp  the  details  and  techniques associated with the work made him an easy choice to join our Team. His ability to communicate effectively was instrumental in  ensuring  that  the  contractor’s  personnel  understood  the specifications associated with  the work. Based on his proven competency  and  capabilities,  he  was  promoted  to  Senior Inspector  after  4  years  and  was  on  the  team  selected  by Florida’s  Turnpike  to  return  for  as additional  assignment  on the HEFT. He continues to serve as a Senior  Inspector as part of FDOT District 6’s on‐going CEI Support contract performing 

administration of this high‐profile project.David G. Romano, P.E., Senior Project Engineer/QA Manager ‐ Availability (15%): Mr. Romano is a Licensed Professional Engineer with a Master of Science Degree in Construction Management, and has over 20  years  of  experience  specializing  in  the  areas  of Construction  Engineering,  Inspection,  and  Management (CEI&M). He has worked as a Senior Project Engineer/Project Engineer on various roadway construction projects  in Miami‐Dade, Broward, and Palm Beach Counties, as well as for FDOT Districts 4, 6, and the Turnpike, with an aggregate dollar value of over $250 million. At RJ Behar, Mr. Romano is the Director of  Construction  Management  Operations,  and  is  directly responsible  for  overseeing  the  construction  operations, administration,  management,  quality  control,  and  monthly and  final  estimates  (close‐out  package)  of  all  construction projects. Mr. Romano has significant experience with project and  contract  administration,  specializing  in  the  areas  of highway  and  bridge  construction,  urban  reconstruction, complete  streets  projects,  design‐build,  construction  project management,  and  cost  administration.  Proven  areas  of expertise  include  budgeting  and  cost management,  contract negotiations,  and  schedule  analysis  and  progress management.  His  knowledge  includes  all  facets  of  CEI responsibilities  including  the  oversight  of  construction operations,  administration,  public  relations,  quality  control, final estimates and claims analysis. As Senior Project Engineer, Mr. Romano is being proposed at 15% and will be responsible for  overseeing  the  entire  CEI  operation,  administration, management, and quality control of construction for the Wiles Road Project. Greg  Landgraf,  Project  Administrator  ‐  Availability  (50%  ‐ 50% Split between Wiles Road Phase I and Wiles Road Phase II  Project):  Mr.  Landgraf  has  over  37  years  of  extensive experience  working  on  major  roadway  and  bridge construction projects; varying  in scope, size, and complexity ‐ all  of which were  successfully  completed  ahead  of  schedule and under budget. He has additional construction and project management  experience  associated  with  high  speed interstate  projects  on  I‐95  in  Palm  Beach  County,  the Sawgrass Expressway  in Broward County, both  International Airports  in Miami  and  Ft.  Lauderdale,  South  Florida Water Management  District,  and  urban  projects  in  the  tri‐county area.  As  Project  Administrator,  his  responsibilities  include 

Page 3: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    3 

1.  Ability of Professional Personnel: A. Describe the qualifications and relevant experience of the proposed Senior Project Engineer and all key personnel that are to be assigned to this project as well as experience with Complete Streets.  B. Describe the proposed personnel’s project’s roles, responsibilities, and availability. Include proposed organizational chart of CEI staff.  C. Include resumes for the Senior Project Engineer and all key personnel proposed. Include the qualifications, certifications and relevant experiences of all proposed staff.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

earthwork,  concrete,  asphalt  inspection,  signalization  and lighting  installation  inspection.  Kyle  was  a  lead  senior inspector on the County’s Pembroke Road Project. Peter McIntosh – Roadway Inspector: Mr. McIntosh has over 8 years of experience in CEI related projects including material acceptance and verification  testing  for concrete, asphalt and soils  compaction,  nuclear  density  testing,  signalization, earthwork  inspection,  concrete  placement,  asphalt  paving, pollution  controls  monitoring  and  project  documentation. Each  of  these  talented  individuals  currently work  on  the  I‐5 /Sheridan Street project with Mr. Villanueva. Team Qualifications Just  like  on  our  recently  completed  Pembroke  Road  Project, the  County  Incentive Grant  Program  (CIGP)  requires  that  all CEI firms be prequalified by the FDOT  in order to perform CEI services for this project. It also requires that all the personnel proposed  for  this project are properly qualified by  the  FDOT Construction  Training Qualification  Program  (CTQP). As  part of the requirements for this submittal, we have included at the end  of  this  document  a  resume  of  experience  and qualifications  for  each  E&R  team member.  Please  Refer  to Proposal  J2112395P1  submittal  page  259  for  an  overview matrix of our team member qualifications Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 259 for Team Qualifications Matrix.  B. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 263 for proposed organizational chart of CEI staff. C.  Please  see  page  264  for  Key  Staff  and  sub‐consultant resumes. 

inspections on a variety of urban projects such as US‐1/Grand Ave.  and NE  54th  St./Hialeah Dr. He will  obtain  all  required CTQP  certifications  for  this  project  prior  to  the  start  of construction. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 752 for proposed sub‐consultant staffing. Complete Streets Experience: 

. B. Roles, Responsibilities, and Availability: As  Senior  Project  Engineer,  Mr.  Rush  will  be  available  as needed  throughout  the  Project’s  duration.  It  is  currently estimated that Mr. Rush will be assigned to this project 50%. Mr. Rush will be responsible for: 

The  overall  coordination  of  MEI  including  budget, scheduling,  staff  evaluations,  and  providing  the supplies  and  equipment  needed  for  the  successful completion of the Project  

Acting  as  the  main  point  of  contact  for  Mr. Hammond  for  interactions  with  MEI  and  the Contractor 

Supplying his expertise  in schedule analysis, contract negotiations,  and  general  coordination  with  the selected Contractor as needed 

Resolving construction issues brought to his attention including intents to claim  

Providing  regular  reports  and  updates  to  Mr. Hammond as  requested  regarding  the  status of  the Project 

Establishing and maintaining contact with the City of Coral  Springs,  Forest  Glen Middle  School,  residents (HOAs), local businesses, and emergency services 

 B. Please Refer  to Proposal  J2112395P1  submittal page 789 for proposed organizational chart of CEI staff, and page 801 for Key Staff and sub‐consultant resumes. 

managing the contract, budget, contract time, and inspection staff;  ensuring  the  contractor’s  conformance with  the  plans and  project  specifications,  reviewing  and  keeping  track  of contractor  submittals  –  shop  drawings,  requests  for information  (RFIs),  project  baseline  schedule  and  monthly updates.  Additionally  Mr.  Landgraf  is  responsible  for reviewing  the  field  inspector’s  project  daily  reports,  review and approval of the contractor’s monthly progress estimates, conducting  the weekly  progress meetings,  and  coordination with all project stakeholders ‐  including the various agencies, utility  companies,  the  public,  businesses,  and  neighboring homeowners associations. Upon final project acceptance, Mr. Landgraf  reviews  and  accepts  the  final  as‐builts  plans, material  certifications, project warranties, and  is  responsible for the preparation and submittal of the closeout package. Mr.  Landgraf  is  the  Project  Administrator  responsible  for overseeing  the  roadway  construction  improvements on  the Wiles Road  (RRR) Project between US‐441 and Rock  Island Road.  As  both  projects  are  next  to  one  another,  we  are proposing Mr. Landgraf as the Project Administrator assigned to both projects, splitting his time equally (50 / 50) while Wiles Road Phase I is still ongoing. Once finished, Mr. Landgraf will be 100% assigned on Wiles Road Phase II. Stacy  Sookdew‐Sing,  Contract  Support  Specialist/ Assistant Project  Administrator  ‐  Availability  (100%):  Mrs.  Sookdew Sing brings over 13 years of project management and contract support  experience,  performing  multiple  office  support functions  as  a  Project  Administrator,  Contract  Support, Resident  Compliance,  Public  Involvement  Liaison,  and  Field Technician  on  various  projects  throughout  Broward, Miami‐Dade,  and  Palm  Beach  Counties. Mrs.  Sookdew‐Sing will  be responsible  for  assisting  the  Project  Administrator  with  the day‐to‐day  project  functions  ‐  overseeing  the  construction operations,  administration,  management,  public  relations, coordination  with  project  stake  holders,  quality  control, material certification, monthly pay estimates, and preparation and submittal of the final close‐out package.   C. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 76 for proposed organizational  chart of CEI  staff, and page 78  for Key Staff and sub‐consultant resumes. 

Page 4: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    4 

 

2.  Project Approach: A. Describe the prime proposer’s understanding of the project scope, challenges and key milestones. Include any potential issues related to the scope.  B. Describe the prime proposers approach and understanding of Consultant CEI services and responsibilities.  C. Describe the prime proposers approach to implementation of Complete Streets initiatives.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Project Approach A. Understanding of Project Scope The project's objective  is  to  increase  capacity by adding one thru  lane  in  each  direction,  improve  traffic  flow  and  safety, manage access by reconfiguring raised medians and  improve drainage. To achieve this, Wiles Road from Riverside Drive to Rock  Island  Road  will  be  reconstructed  a  distance  of  0.86 miles; Wiles Road will be  transformed  from a 4‐lane divided roadway to a 6‐lane divided roadway with bike  lanes, curb & gutter, and sidewalks on both sides. The existing lanes will be milled,  over  built  to  improve  existing  deficiencies,  and resurfaced with  two  inches of structural course and one  inch of friction course of asphalt.  In addition, the project entails a new  storm  water  management  system  inclusive  of  french drains, new cross drains,  interconnecting pipes  that  range  in size from 18 inch to 36 inch in diameter, new outfalls, addition of  L‐Walls  in  strategic  locations  in  order  to  minimize excavation  impacts  to  adjacent  properties,  two  intersection signalization  upgrades  at  Riverside  Drive  and  Leitner  Drive West/Woodside Drive replacing the existing strain pole signals with mast  arms,  revised  signing  and  pavement marking  to current  specifications,  installation  of  new  lighting  and  the relocation and/or  removal of existing  trees along North side, South side and Median to give way to new landscaping and a new irrigation system in the median. A separate set of signed and sealed plans have been provided with the  landscaping of this project. A  challenge with widening projects  that  tie  into existing milling and resurfacing  is maintaining proper grades. Since  the  sequence  of  construction  is  to  build  the  outside widening  first  to  provide  two  lanes  of  traffic  at  all  times  in both  the  eastbound  and  westbound  direction  during  the project’s  life,  we  will  ensure  the  contractor  performs  a meticulous survey at every step of the construction process in order  to guarantee  the proper  grades  are  achieved  and  the widenings are properly tied into the resurfaced roadway. E&R will  also  conduct  survey  to  ensure  a  quality  product  is achieved. Identification of Potential Issues Related to the Scope: MOT: 1) Coordination with Adjacent Projects:  the  first  step before  construction  starts  is  to  coordinate  the  placement  of MOT devices and signage with the current Wiles Road Project (Wiles 1) on the east side of Rock Island Road; this will require 

Project Approach A. Understanding of Project Scope Project  Scope:  The  project  involves  roadway  widening, median  reconstruction,  sidewalk  and  bike  lane  construction, asphalt overbuild,  replacement of existing strain pole signals with  mast  arms,  directional  boring  of  lighting  conduit, modification to existing drainage as well as installation of new drainage. The plans also feature gravity walls and unique “L” walls of varying heights. This  is  a  mixed‐use  corridor,  with  both  residential  and commercial considerations. While the south side of the road is populated  with  businesses,  the  north  side  contains  the communities  of  Hidden  Hammocks,  Country  Acres  and Whispering Woods of Coral  Springs,  each  represented by  its own  Homeowners’  Association.  These  developments will  be impacted  during  roadway  widening  and  milling  and resurfacing  operations;  however,  other  activities may  affect these  locations during construction. The fire station currently under construction at Rock Island Rd and Wiles Rd will not be directly  impacted by operations. Cooperation will be required to  not  impede  emergency  response  during  construction, specifically during widening and roadway resurfacing. Potential  Issues/Challenges:  The  mast  arm  installations  at Leitner  Drive  West  about  the  neighborhood  of  Whispering Woods  of  Coral  Springs.  Additionally,  5  drainage  structures and 440 LF of 36” pipe are called to be installed along Leitner Drive East. This HOA  is preparing to commence a resurfacing of the property and will need additional coordination to  limit the potential impacts to construction. We will coordinate with the property manager, Mary Banmiller, to proactively address any  concerns  they  may  have.  The  roadway  widening  will impact the driveways to businesses in the area. The driveway to the Publix Plaza at Sta. 243+00, is the sole entry point from Wiles Rd. The  shopping centers between Riverside Drive and Woodside Drive,  as well  as  the Whispering Woods  Business Center, are completely dependent on accessibility from Wiles Rd.  Any  work  in  these  areas  will  require  additional coordination  between  the  Contractor  and  stakeholders  to complete  this work as efficiently as possible. The Contractor will be required to maintain access during roadway widening and driveway reconstruction at each affected entrance.  Sheet 148, Note 4 states a single lane closure will be allowed 

Project ApproachA. Understanding of Project Scope Project  Scope:  To  ensure  that  MEI  will  meet  or  exceed Broward  County’s  expectations  for  the  Project,  we  have carefully  reviewed  the  Scope  of  Services,  Plans,  Complete Streets Guidelines, and conducted field reviews of the Project site. We have also reviewed plans for the on‐going project to the east  in an effort to understand the transitions and tie‐ins for MOT, paving,  striping, and  signalization. We understand that this Project’s primary objective is to widen Wiles Rd. from a  four(4)  lane  to a  six  (6)  lane divided  roadway with bicycle lanes  from west of Riverside Dr.  (83rd Ave.)  to  east of Rock Island (Rothschild Dr.), where it will connect with the on‐going widening project to the east. The Scope of Work for the 0.927‐mile  Project  includes  roadway  reconstruction,  widening, milling,  and  resurfacing,  extensive  drainage,  utility relocations,  signalization  improvements,  irrigated landscaping, and street lighting. These  improvements  are  being  done  in  accordance  with Broward County’s Complete Streets Guidelines  in an effort to improve  the  aesthetics  and  efficiency  of  the  facility,  and  to ensure  safe  access  for  pedestrians,  bicyclists,  vehicles,  and transit‐riders within the City of Coral Springs. Drainage:  It  is  the  intent of  the project  to utilize as much of the  existing  French  drain  system  as  possible.  In  addition  to new  drainage  structures,  this  involves  the  conversion  of existing  inlets  into manholes, and  the modifications of other inlets  to  match  the  new  typical  section.  The  scope  also includes approximately 450’ of new French Drain on the north side and approximately 1000’ on the south side. In addition to the work along Wiles Rd., the north system will also include a new  outfall  adjacent  to  the  eastern  boundary  of  the Whispering Woods Park, emptying  in  to  the  canal bordering the  southern  limits of  the Whispering Woods neighborhood. The  south  system  will  make  use  of  improvements  to  an existing system that runs parallel to Woodside Dr. and drains into a canal running adjacent to NW 45th St., managed by the Sunshine Water Control District. Sidewalk/Curb/ADA: To  improve pedestrian mobility through the  corridor,  the  project  includes  the  installation  of  new sidewalks, and  the  replacement of  the  existing  sidewalks on both  the  north  and  south  sides  of Wiles  Rd. with  5.5’  to  6’ 

Project Approach R.J. Behar & Company, Inc., (RJB), in association with Federal Engineering & Testing, Inc. (FET), and Aylward Engineering & Surveying, Inc. (AES) is pleased and excited for the opportunity to submit our proposal for your consideration, to  provide  Construction  Engineering  and  Inspection  services for the Wiles Road Project, from Riverside Drive to Rock Island Road. The RJB Team will ensure that this high‐profile project is a  complete  success and  exceeds Broward County’s goals  for safety, quality, time and budget and minimizing impact to the public. Our  team  has  thoroughly  reviewed  the Design  Plans prepared by Kimley‐Horn and Associates, Inc. Having analyzed the plans, existing site conditions, and project environmental features, the RJB Team  is extremely  familiar with the project scope,  the  existing  roadway  geometry,  typical  sections, existing  utilities,  traffic  flow  conditions,  homeowner communities/associations,  and  environmental  aspects  that will be critical to the overall success of project. RJB  is bringing Broward County a wealth of  experience, not only  in  the  aspects  of  Construction  Engineering  and Inspections  (CEI)  services,  but  also with  the  professionalism and  responsiveness of our services. Furthermore, RJB’s Team is  prequalified  in  major  work  group  10.1  (Roadway Construction  Engineering  Inspection),  needed  to  properly administer and staff  the needs of  this project. Our  team has the  capacity  and  capability  of  covering  every  possible work category  that  may  be  exhibited  under  this  Construction Engineering and Inspection contract, including but not limited to  project  and  construction management,  inspection  (road, structures,  drainage,  utilities,  earthwork,  concrete,  asphalt, lighting,  signalization),  materials  sampling  and  testing, estimating,  constructability  studies,  plan  reviews,  contract compliance  monitoring,  contract  support,  landscape inspections,  work  schedule  review,  and  claims  review. Whatever  the  need,  the  RJB  Team  is  committed  and more than  equipped  to  provide  Broward  County with  experienced management  and  technical  support  to make  the  upcoming Wiles Road Project a complete success. The  RJB  Team  possesses  the  experience  and  knowledge needed to run this project as it should be – timely, accurately, efficiently, and within  the parameters of  the plans,  contract documents,  specifications,  and  design  standards  to  ensure 

Page 5: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    5 

2.  Project Approach: A. Describe the prime proposer’s understanding of the project scope, challenges and key milestones. Include any potential issues related to the scope.  B. Describe the prime proposers approach and understanding of Consultant CEI services and responsibilities.  C. Describe the prime proposers approach to implementation of Complete Streets initiatives.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

moving construction ahead signs, relocating construction end signs and  readjusting MOT between  the  two projects. Being able  to work and coordinate work with another construction team  throughout  the  length  of  the  project  is  crucial  for  the successful  completion of any  project;  in  the  Pembroke Road project our team worked seamlessly and successfully with the FDOT  contractor  that  constructed  the  bridge  while  the Pembroke  Road  approaches were  being  constructed.  In  the same way, we will work with Wiles 1 CEI team, R.J. Behar, to ensure there  is no conflicting MOT between the two projects and that any tie in work is coordinated between contractors. A system that has worked well for our team on the I‐75 project, is to conduct biweekly coordination meetings where the topics of  discussion  include  construction  activities  that  commence near or at  the project  limits. These meetings have had great success and we plan to use the same concept on this project. On  the Wiles  Road  project, we will  involve  all  the  project’s stakeholders  including  Wiles  1  CEI  and  contractor,  HOA representatives,  shopping  plaza’s  representatives  and  utility companies involved in the project, as needed.  2)  Traffic  flow  and  Pedestrian  access:  Due  to  its  urban location,  traffic  flow  and  pedestrian  traffic  are  two  of  the major  challenges  along  this  project.  Since  Wiles  Road connects University drive and SR‐7,  it carries high volumes of traffic; just like on E&R’s SR‐7 project, our team’s primary goal will  be  to  move  traffic  safely  and  efficiently  through  the construction  zone,  so  that  residents and  customers arrive  to their  destination  with  minimal  delays;  to  achieve  this  our team  has  taken  a  proactive  approach  with  the  contractor when  it  comes  to monitoring  and  inspecting  the MOT  on  a daily  basis.  We  will  provide  credible,  accurate  advanced notification,  proper  signage,  provide  and maintain  driveway access to residential communities and businesses throughout the  project  duration,  this  will  make  this  process  more manageable for the traveling public. Another challenge within this  project,  are  the  number  of  pedestrians  from  the residential  communities  and  commercial  shopping  that  use Wiles  Road;  our  team  will  make  certain  the  contractor provides at all  times  for a pedestrian walk  route on at  least one side of Wiles Road and that crosswalks are maintained or temporary crossing routes be installed with suitable pavement or  road  rock  as  well  as  proper  pavement  markings  and signalization. During  our  project  review, we  noticed  that  on the north  side of Wiles Road,  some of  the  existing  sidewalk 

between  9:30PM  and  7:30  AM.  Note  13  requires  the Contractor  to  obtain  a  special  permit  allowing  operations outside  of  the  time  constraints  placed  in  the  Coral  Springs noise ordinance  (6:00 PM to 7:00 AM on weekdays, 6:00 PM to 9:00 AM weekends and holidays). We will coordinate with the  Contractor  to  ensure  any  lane  closures  occur  in  the timeframes specified, and only if the required permit has been previously obtained. Utility relocation is a challenge in any project. The volume and variety  of  adjustments  and  relocations  to  be  performed  by maintaining  agencies  proves  unique  and  will  require  a significant  level of  coordination between all parties. Of note are  the 4  locations calling  for  relocation of  the 6” Gas Main (STA  242+90,  251+70,  253+00  and  263+50).  There  are  also 16” and 12” Water Mains requiring relocation throughout the project  limits. We  will  rely  upon  our  previous  relationships with  David  Rivera  and  Max  Chamorro  (TECO)  and  Coral Springs  Public  Works  Department  to  encourage  them  to relocate  their  lines  and  have  the  least  impact  upon construction. Environmental:  The  silt  fence,  inlet  protection  and  outfall protection will be  inspected  regularly, with  special attention given  to  the  11‐acre  Whispering  Woods  Park  containing wetland mitigation  and  the  13.9‐acre  Red  Lichen  Sanctuary which fall within the project limits. The Contractor is required to  install  silt  fence  at  these  locations,  and  no  construction shall occur in the immediate areas surrounding the Sanctuary prior to the installation of protection measures. Any observed deficiencies  will  be  brought  to  the  Contractor’s  attention immediately.  Special  care will  be  paid  during  the mast  arm installation at the NE corner of Riverside Dr. and Wiles Rd to avoid  any  contamination  of  construction  material  into  the Sanctuary. Additionally, TCP Note 17 directs the Contractor to provide a vacuum street sweeper at  least twice a week “or as directed by  the Engineer.” We will monitor  field  conditions daily and direct  the Contractor accordingly, and  jobsite cleanliness will be a topic of discussion during the regular progress meetings. B.  Prime  proposers  approach  and  understanding  of Consultant CEI services and responsibilities: Through  our  experience  with  R1261804P1,  CEI  services  for Wiles  Rd.  from Rock  Island  Rd  to  SR7  and  R1229508P1,  CEI services for Pine Island Rd. from Nova Dr. to SR‐ 84; And from reviewing the Scope of Services as detailed in Exhibit A of the 

wide  sidewalks.  All  intersections  and  driveways will  also  be brought  up  to  standards  with  the  latest  ADA  requirements regarding the Detectable Warning Surfaces and cross slopes. Signalization: The signalization infrastructure at Riverside Dr. and  Leitner  Dr. West will  both  be  replaced.  Because  of  the geometry  resulting  from  the  roadway widening and  to meet new  standards,  the  existing  signal  at  Riverside  Dr.  will  be reconstructed with mast  arms.  The mast  arms  at Woodside Dr./Leitner  Dr.  West  are  being  upgraded  due  to  the  new roadway typical section and to meet the latest 150‐MPH wind speed standard. Both  intersections will retain video detection systems, which will need to be recalibrated to capture the new typical section. Finally, the scope also  includes  improvements to  the  interconnect  communications  between  the  multiple intersections  along  the  Wiles  Rd.  corridor,  including connectivity to the on‐going project to the east of this phase. Lighting: The  scope of work  includes  the  installation of new lighting  along  the  north  side  of Wiles  Rd. with  new  200W, 33.5’ M.H.  luminaires. The  south  side  lighting will be mostly adjustments  to  the  existing  system with  an  occasional  new luminaire installed on an existing pole. The street lighting will be  completed by  both  the  County’s  contractor  and  FPL.  The County’s contractor will be  responsible  for  the  installation of FPL provided conduit and pull boxes as shown in the County’s plans.  FPL  will  be  responsible  for  installing  the  poles, luminaires, service points, and conductors. Signing/Striping:  Continuing with  improvements  in mobility, the  Project  includes  improved  signing  for  vehicular  traffic, high‐contrast, 4’ wide bike lanes with markings that include a light  green  background  (4’  x  20’),  and  internally  illuminated street name signs at the signalized intersections. Landscaping: One  of  the  first  operations  the  contractor will consider is the relocation of 77 trees including, live oaks, silver buttonwoods,  crepe  myrtles,  and  a  variety  of  palm  tree species. New  plantings  include  87  new  trees  and  over  3300 shrubs,  all  of  which  will  be  watered  by  a  new  irrigation system.  To  account  for  the  loss  of  existing  canopy,  an additional  31  trees  will  need  to  be  planted  based  on  the County’s  requirements.  The  locations  for  these  additional plantings will be coordinated with the County. Additionally,  there  is a significant amount of  tree  removal  (9 trees),  relocation  (11  trees),  and  planting  within  the Whispering Woods Park that will be completed in conjunction with the new storm drain outfall line along the east side of the 

that this milling, resurfacing, and reconstruction improvement project is built correctly and administered efficiently from the onset.  We  are  confident  that  we  will  be  able  to  provide Broward  County  with  an  unparalleled  level  of  skill  and industry  knowledge.  Our  CEI  Team  is  100%  available  and would  be willing  and  able  to  commence work  on  the Wiles Road Project as soon as we receive the notification to proceed by  the  County. Our  current workload,  discussed  in  detail  in section 5 of the Evaluation Criteria,  further substantiates the team’s availability, allowing us to handle the proposed project workload  effectively,  professionally,  and  within  the boundaries of  the  construction  schedule and  budget. As  the CEI  Consultant  for  Broward  County  on  the  Wiles  Road segment  to  the east  (from US‐441  to Rock  Island Road), RJB has a great deal of actual experience managing the same type of project on  the Wiles Road  corridor. We have an excellent working  relationship with  the Engineer of Record  (EOR), Mr. Marwan Mufleh, P.E., of Kimley‐Horn & Associates,  Inc., who is also the EOR for the upcoming Wiles Road Phase 2 project. Similarly, we have great working  relationships with  the  staff of  both  cities  (Coral  Springs  and  Parkland)  and  Broward County,  involved  in this project. As such, there will practically be no learning curve for RJ Behar, and we will be able to offer and  implement  the  “lessons  learned”  from  the  adjacent project on Wiles if we are selected for this project. A. UNDERSTANDING OF THE PROJECT SCOPE In  keeping  with  the  Broward  Metropolitan  Planning Organization  (MPO)  Long Range Transportation Plan  (LRTP), the  proposed Wiles  Road  project will  transform  the  existing four‐lane divided corridor into a six‐lane corridor from west of Riverside  Drive  to  Rock  Island  Road.  Other  improvements include new mast arm signals with video detection upgrades at  the  intersections  of  Riverside  Drive  and Woodside  Drive, wider  pedestrian‐friendly  6‐FT  sidewalks,  a  new  4‐FTwide bicycle  path,  storm  drainage  improvements  which  include over  fifty‐nine  (59)  new  structures;  street  lighting improvements  conduit,  directional  bore,  and  pull  box installation by Contractor, remainder of  lighting system to be installed  by  FPL,  landscaping  improvements  which  include relocation  of  existing  trees,  new  trees,  sod,  and  irrigation systems;  and  new  signing  and  thermoplastic  pavement markings. Drainage – The existing roadway drainage  is being  improved and a new storm drainage system will be constructed, 

Page 6: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    6 

2.  Project Approach: A. Describe the prime proposer’s understanding of the project scope, challenges and key milestones. Include any potential issues related to the scope.  B. Describe the prime proposers approach and understanding of Consultant CEI services and responsibilities.  C. Describe the prime proposers approach to implementation of Complete Streets initiatives.  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

dead ends, this will be a problem when the road is going to be reconstructed  to  the  south.  We  will  ensure  that  all  the sidewalk  on  the  north  side  is  temporary  connected  prior  to working and closing the south sidewalk.  ADA: Our team will ensure that the project will be constructed in  compliance  with  the  latest  ADA  standards.  During construction we will monitor all temporary sidewalks and curb ramps to provide safe unobstructed walking surfaces. As  the  permanent  features  are  constructed  we  will  verify appropriate cross slopes with the use of a smart level and the proper  treatment  is provided at  the  intersection curb  ramps. We will make  sure  the  signalization push buttons are at  the appropriate  height  and  the  landings  are  at  the  correct distances from the crosswalks. Drainage: The Wiles  II project  requires an extensive amount drainage  construction  with  nearly  1,000  LF  of  new  French drains, 2,400  LF of pipe  culverts,  culvert extensions with  the use of collars and modification to existing drainage structures. Our team has years of experience with drainage construction projects  identical  to  this project. One of  the  challenges with these  types  of  installations  is  conflicts  with  existing  and relocated utilities. Our team will work closely with the entities performing  the  relocations  to  mitigate  conflicts  with  the proposed drainage. Oftentimes utilities relocate their services without regard for the future construction. Another challenge is maintaining  temporary  drainage  during  construction. We will  work  closely  with  the  contractor  to  ensure  temporary drainage is accounted for. This will require an extensive effort by the contractor because a large percentage of the drainage, when  constructing  the  widening,  are  extensions  of  existing pipe  culverts  into proposed drainage  structures. The Wiles  II project also poses a challenge  in  regards  to existing utilities, careful coordination with utility owners to relocate is required to reduce any time  impacts to the construction schedule and close monitoring  of  the  contractor  while  excavating  is  also required  in  order  to  avoid  damaging  existing  utilities within the work zone.     See page 255 for additional information  

CEI Contract, we understand the expectations required of our Team for this project. Our  Team  has  the  proven  track  record,  experience  and knowledge to ensure documentation of all pay  items and as‐built  drawings  are  done  accurately.  Additionally,  we  will ensure  proper  tracking  and  resolution  of  all  RFI’s  and submittals.  The  entire  inspection  staff  will  make  sure  that both the Quality Control and Verification testing are done at the correct frequencies and are checked on a weekly basis and that Carnahan Proctor and Cross are scheduled for surveying. Our  Inspection  Staff  will  establish  critical  processes  to efficiently  track  project  documentation;  Provide  open communication on all construction issues and involve the EOR when  appropriate;  and  review  and  disseminate  the  CPM schedule  to  all  parties  while  always  looking  forward  to identifying potential issues that may be on the horizon. Mr. Santiago, CSS, will make sure that all record keeping is up‐to‐date prior to running a progress estimate. With his strong back  ground  as  a  CSS,  he  understands  exactly what will  be needed to properly and accurately document this project. He will  ensure  that  the  electric  field  books,  as‐built  plans,  time file, weather letters, CPPR’s, and monthly certifications. The  F&J  Team  is  committed  to  the  highest  quality  and professional  excellence  and  has  the  resources  to  assure  the Broward County’s goals are met. We have  refined  the  same successful  and  proven  throughout  our  long  history  of  CEI Project  Management  to  address  every  aspect  of  work  to exceed  the  requirements  of  our  Scope  of  Services  and  our closeout  process.  Our  QA/QC  Team  includes  two  highly experienced  industry professionals: Francis Chin Sr. P.E., and Osvaldo,  “Ossie”  Larrazabal,  P.E.  who  will  provide  Local QA/QC oversight for this project and will performance reviews at 30%, 60% and 90% of  the project ensuring pay  items are paid  correctly,  materials  are  being  tested  with  the  correct frequencies and the Contract is in compliance. C.  Approach  to  implementation  of  Complete  Streets initiatives:  Complete  Street  initiatives  are  those  that  utilize design standards to make streets safe  for all users,  including those who walk,  ride bikes and use public  transportation by designing such features as widener sidewalks and adding bike lanes.  See page 371 for additional information  

park.  Restoration  work  will  also  be  required  for  the  art installation surrounding the Burrowing Owl pit  located  in the northeastern  corner of  the Park which  is being  impacted by the construction of the new outfall line. Project Challenges: Wiles Road has a high volume of vehicular traffic  and  pedestrian  traffic  and  provides  primary  facility access to commercial properties, professional business offices, and residential communities. The  project  is  being  partially  funded  through  the  County Incentive Grant Program (CIGP). This means that the County will be  required  to provide  specific  reporting  to  the FDOT  to verify the terms of the CIGP are being met and that the money is  being  spent  in  accordance with  the  agreement.  It will  be essential that MEI provide support for this program such that the  County  remains  on  good  terms  with  FDOT  for  future grants  of  this  type.  Items  that MEI will  be monitoring  and acting on as needed include: 

Agreement expires on  June 30, 2018. A  renewal will be necessary before the project is completed; 

The County will need  to provide monthly  reports  to FDOT on the status of the Project; 

MEI will provide the County with assistance on their quarterly and final reimbursement submittals; 

MEI will provide  support  to  the County  for both  the internal and external audits; 

Should  the  FDOT  elect  to  visit  the  Project, MEI will arrange  and  host  the  field  meeting  to  make  sure Department officials are  fully aware of the status of the Project and have safe access throughout the  job site. 

A  Project  of  this  scope  and  location  has many  stakeholders and MEI has a proven and practical plan to ensure effective           See page 759 for additional information  

consisting  of  the  proposed  installation  of  a  total  of  59  new drainage structures, 1,524 LF of French Drain, and over 2,209 LF  of  optional  pipe.  This  operation  will  require  great coordination with  the  Contractor  and  their QC  Lab,  such  as providing  enough  resources  for  the  required  sampling  and testing  of  all  earthwork  and  drainage  backfill  operations,  in order not to pose any related delays or impacts to the project. RJB’s team will assist the Contractor in coordinating with their QC lab. Environmental/Stormwater  and  Erosion  Control  ‐  The contractor  shall  provide  an  Erosion  Control  Plan  for maintaining  all  erosion  and  sediment  controls  throughout construction.  The  contractor  shall  install  proper  stabilization measures  to minimize  erosion,  retain  sediment, and prevent discharging  pollutants.  Controls  may  include  installation  of filter  fabric  for  inlet  protection,  litter  control  and  waste collection, floating turbidity barriers, controlling offsite vehicle tracking of sediments, dust control, covering trucks with tarps, use  of  roadway  sweepers,  and  removal  of  excess  dirt  from roadways on a daily basis. Our  CEI  team will  ensure  that  all  construction  activities  are performed  in  compliance  with  the  NPDES  permit requirements, within  the  allowable methods  outlined  in  the approved stormwater pollution prevention plan, and that the contractor  implement best management practices (BMP’s) to avoid  environmental  impacts.  Furthermore,  the  contractor’s staging area will be carefully  reviewed and coordinated with Broward  County’s  Project  Manager  and  Environmental Services  Division  to  ensure  that  the  proposed  location  and construction  activities  do  not  pose  environmental  risks  or threats to the surrounding habitat. Dust  control will  be  a  very  important  aspect  of  the  project construction. The  contractor will be  required  to use  vacuum broom  trucks  along with water  trucks  to  keep  dust  control down to acceptable levels.       See page 139 for additional information  

Page 7: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    7 

 

3.  Past Performance: A. Describe the prime Proposer firm’s construction management methods and techniques. Include details on firm’s ability to make decisions and facilitate resolution of disputes.  B. Describe the prime Proposer firm’s knowledge and experience with construction scheduling.  C. Describe the prime Proposer firm’s experience with Complete Streets project elements.  D. Describe the prime Proposer’s experience on projects of similar nature, scope and duration, along with evidence of satisfactory completion, both on time and within budget, for the past five years. A minimum of three references should be provided for the projects identified. References and performance evaluations will be considered in evaluation of Proposer’s past performance.   Proposer should provide references for similar work performed to show evidence of qualifications and previous experience. Refer to Vendor Reference Verification Form and submit as  instructed. Only provide references for non‐Broward County Board of County Commissioners contracts. For Broward County contracts, the County will review performance evaluations in its database for vendors with previous or current contracts with the County. The County considers references and performance evaluations in the evaluation of Proposer’s past performance. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Past Performance A. Construction Management Methods and Techniques The  E&R  team  manages  projects  by  providing  proactive solutions to keep the construction efforts moving forward. We hold  look‐ahead  meetings  with  the  contractor  focusing  on uncovering  obstacles  and  developing  strategies  to  address them  and  building  a  collaborative  environment  where  all parties are focused on common goals. Our team’s experience on  similar  projects  allows  us  to  establish  trust  and  look  at things  from a  constructability perspective. This experience  is what  differentiates  a  competent  construction  management team from merely an inspection / record‐keeping team. Broward  County  must  have  a  proactive  CEI  team  that  is capable of assisting  the contractor and driving  the  schedule. Our  training  and  experience  facilitates  sound  independent engineering  judgment,  resulting  in  a  rapid  approval  process for  construction  documents. We will monitor  and  track  the project  schedule,  conformance  to  contract  documents, implementation  of  the  contractor’s  QC  Plan  and  reporting. Our  approach  to  this  project  is  based  upon  our  team’s personal experience working on urban corridors where public involvement with residents, businesses and County officials  is essential to ensure minimal disruption and plays a big role  in successful  execution  of  the  project’s  construction.  Efforts  to minimize impacts to the traveling public and residents will be made  through  public  participation  meetings  and  credible advance notification of construction activities.  Our  team members  commit  to meeting  the County’s project manager to establish project specific goals prior to the start of construction. At a minimum, we obligate our  team members to the following goals: 

Outstanding  Service. We  understand  the motoring public as well as  the adjacent property owners and businesses  have  high  expectations  in  regards  to safety,  service  and  convenience  when  the  County undertakes a  roadway construction project, and our 

Past Performance: A.  Construction  management  methods  and  techniques including  details  on  firm’s  ability  to  make  decisions  and facilitate resolution of disputes: Our  Inspection  Staff  will  establish  the  following  critical processes to:  

Efficiently track project documentation with a live on‐line document server. 

Provide  open  communication  on  all  construction issues and involve the EOR when appropriate. 

Review  and  disseminate  the  CPM  schedule  to  all parties while  always  looking  forward  to  identifying potential issues that may be on the horizon. 

Our systematic and detailed process to manage projects such as  this  will  guarantee  a  quality  final  product.  Pre‐activity meetings will  prove  vital  to  all  construction  actives  and will limit,  if  not  eliminate,  the  amount  of  re‐work  that  will  be detrimental  to  the project. The  inspection staff will maintain an updated  list of deficient  items on  the project. During  the weekly progress meeting we will update Michael Hammond, P.E.  of what  is  completed  and what  is  outstanding.  This  is crucial  in  making  sure  the  list  is  communicated  with  the Contractor  so  the  Contractor  can  update  the  team with  the action plan. This also ensures minimal punch  list  items at the end of  the production work and an  earlier  final acceptance. We  will  have  an  online  server  with  remote  access  so  that items  will  get  updated  as  they  occur  in  the  field.  The Mr. Hammond, P.E. will also have access  to view  these  remotely keeping him up  to date with  the  latest  information available from  our  project  staff members  and  provide  our  client with the quickest possible dissemination of material. This will also help facilitate resolution of disputes  in a more timely manner as  all  parties  will  be  privy  to  the  most  current  material available.  Our project team will lean on our SPE, James Jeffers, P.E., with his 25 years of Construction experience  to  resolve any  issues 

Past PerformanceA. Construction Management Methods and Techniques: MEI’s  commitment  and  focus  begins  by  ensuring  that  the team  proposed  for  the  Project  is  highly  qualified  and experienced  in each  facet of  the Project’s scope.  It continues by  employing  a  tested  and  validated  Project  Management Plan  (PMP)  that  is  supplemented  by  a  Quality Assurance/Quality Control Program that ensures that all work is  accomplished  in  accordance  with  the  Contract,  plans, specifications, standards, and best practices of the industry. The  process  is  reinforced  by  independent Project  audits,  the results of which are reported to MEI’s Senior Management. As a  result,  accountability  to  meet  or  exceed  the  client’s expectations is maintained at all levels of the team. One  of  the  key  features  of  the  PMP  is  the  continuous communication with Mr. Hammond including our reporting of progress  and  resolution  of  issues  and  the  receiving  of feedback from him on MEI’s performance. MEI  also  relishes  their  ability  to  openly  communicate  with their multiple partners not just within the Team, but with the numerous experienced staff within each of  the Team’s  firms. With  the  inclusion  of  Tectonic  Group  International  and Aylward  Engineering  and  Surveying, we will  be  providing  a broad  network  of  staff  experienced  in  Broward  County operations. MEI understands that each project has unique elements, types of  work,  and  components.  The  “lessons  learned”  from previous projects are valuable tools that will be used moving forward  on  the Wiles  Road  Project  to  predict  and  prevent issues.  MEI  knows  how  to  apply  and  put  to  practice management  techniques  such  as  Schedule  Impact  Analyses (SIA), PMP, Public Information Plan (PIP), and Risk Monitoring & Control to ensure Quality and Performance. Ability to Make Decisions and Facilitate Resolution MEI’s empowerment philosophy is that the Project complexity, combined  with  customer  demand  for  responsiveness  and 

Past Performance As proficient and trained CEI Consultants, Broward County can be confident that the RJB Team will perform to the highest of standards  and  be  proactive  on  all  project  aspects.  Our experience  has  raised  our  awareness  with  respect  to  the following  project  issues,  all  critical  to  the  successful administration of this project: 

Provide  Qualified  and  Certified  Staffing  for  the project in a Timely Manner 

Ensure Adherence with all Contract Requirements  Effective Maintenance of Traffic  Ensure Project Safety and Protection at the Worksite  Minimizing  Impacts  to  Residents,  Businesses,  and 

Commuters  Proactive  Public  Involvement  and  Project 

Coordination  Effective  and  Timely  Coordination with Utilities  and 

Agencies  Ensure ADA Compliance  Environmental Concern Awareness  Compliance  with  Permits  (SWPPP;  NPDES,  ROW 

Occupancy)  Quality Control/Quality Assurance Program  Maintain Complete and Accurate Project Records  Establish  Material  Certification  Process  at  Project 

Start  Timely and Accurate Submittal of Final Estimates and 

Close‐out Package  Ensure the Project  is Completed on Time and Within 

Budget We are  confident  that we will be able  to provide Broward County with an unparalleled level of skill and industry knowledge A.  Construction  Management  Methods  and  Techniques: Effective  Communication  –  Regular  and  consistent 

Page 8: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    8 

3.  Past Performance: A. Describe the prime Proposer firm’s construction management methods and techniques. Include details on firm’s ability to make decisions and facilitate resolution of disputes.  B. Describe the prime Proposer firm’s knowledge and experience with construction scheduling.  C. Describe the prime Proposer firm’s experience with Complete Streets project elements.  D. Describe the prime Proposer’s experience on projects of similar nature, scope and duration, along with evidence of satisfactory completion, both on time and within budget, for the past five years. A minimum of three references should be provided for the projects identified. References and performance evaluations will be considered in evaluation of Proposer’s past performance.   Proposer should provide references for similar work performed to show evidence of qualifications and previous experience. Refer to Vendor Reference Verification Form and submit as  instructed. Only provide references for non‐Broward County Board of County Commissioners contracts. For Broward County contracts, the County will review performance evaluations in its database for vendors with previous or current contracts with the County. The County considers references and performance evaluations in the evaluation of Proposer’s past performance. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

team  members  commit  to  meeting  their expectations. 

Effective  Workforce.  We  have  assembled  superior team members  providing  Broward  County  and  the travelling  public  with  industry  leaders  at  every assigned position. 

Efficient  Project  Delivery.  Our  team  members commit  to  deliver  this  project  within  the  County’s goals for time and budget through proactive project management  focused  on  resolving  issues  at  the lowest  possible  level  and  a  collaborative  working relationship  with  the  project  manager,  contractor partners and regional stakeholders. 

Maximize  the  Return  on  Investment.  Our  team members commit to managing the County’s financial investment  in  Wiles  II  in  a  fiscally  responsible manner. Our  team members will assist  the County’s leaders  in  finding  ways  to  do  things  more  cost effectively and returning those savings of either time or money back  to  the County as Mr. Offredi did on the Pembroke Road project. 

Safety.  Safety  for  the  public  and  the  construction team is the number one concern on any construction project.  Our  safety  goal  is  consistent  with  the County’s  goals  that  it  sets  for  its  personnel  and projects. 

B. Knowledge and Experience with Construction Scheduling When  reviewing  a  contractor’s  CPM  schedule  there  is  no substitute for experience. Mr. Offredi and Mr. Villanueva have extensive  knowledge  and  understanding  of  the  CPM construction.       See page 260 for additional information  

that may  arise  throughout  the  duration  of the  project.  His extensive  experience  in  issue  tracking  and  resolution  along with  coordinating  and  negotiating  with  Contractors  will ensure the success of this project. B. Knowledge and experience with construction scheduling: Our  Firm  will  rely  on  our  extensive  past  performance  on projects  and  ensure  all  activities  in  the  CPM  Schedule  are comprehensive, clearly represented and achievable. Monthly  reviews  of  updates will  be made  and  discussed  at schedule meetings, ensuring a well‐managed,  timely project. On  our  SR‐834  (Sample  Road)  from  NW  54th  Ave.  to Tradewinds Park Rd. project, the Contractor was struggling to create a  recovery plan  that was viable with  the  resources at hand. We had weekly scheduling meetings with the owners of the  company and got  commitments  for more  resources. We were able  to makeup  time  through  innovative practices and ended  up  winning  the  2012  FTBA  award  for  best  urban project.  Both  Mr.  Jeffers,  P.E.  and  Mr.  Salazar,  P.E.  have extensive  experience  in  reviewing  a  Critical  Path  Method (CPM) Contract Schedule  for a project and will  request  it be submitted  within  30  calendar  days  after  execution  of  the Contract  or  at  the  preconstruction  conference, whichever  is earlier.  They  will  ensure  that  the  Contract  Schedule  is consistent  with  the  Contract  Maintenance  of  Traffic  plan, showing  activities  for  each  discrete  Contract  activity  to  be accomplished within each Maintenance of Traffic phase. If the project is behind schedule, they will ensure a detailed recovery plan will be in place that will put the project back on schedule.         See page 372 for additional information  

efficiency,  requires  management  to  empower  the  Team  to take  ownership  and  responsibility  for  the  Project. MEI  team members  can  carry  out  their  assignments  using  the  skills, methods,  and  techniques  described  in  this  proposal. MEI  is comprised of  the  highest  caliber  personnel with  an  in‐depth understanding  of  the  Project  objectives  and  contract requirements which will  result  in efficient decision making at the  lowest  possible  level,  and  prompt  and  clear communication with Broward County and the Contractor. MEI’s Senior Staff has a solid reputation among their various clients with  regards  to problem  solving and decision making with great results. Referring to Mr. Rush’s specific experience in  the  industry, having  the  perspectives  of  a  career  owner representative  and well‐versed  engineering  professional,  the decisions  brought  to  his  attention  are well  thought  out  and result in win‐win situations the majority of the time. Mr. Rush has  nearly  19  years  of  experience  as  an  Owner  (NMDOT, Florida’s Turnpike, City of Miami) making the decisions at the field and managerial levels. The variety of project types he has been  involved  with,  including  bridges,  drainage,  roadway widening,  utilities,  and  landscaping,  to  name  a  few,  further strengthens his skills in this field. Mr. Guzman’s experience  in this  industry for over 11 years  in construction  inspection and contracting brings the same type of  variety.  Mr.  Guzman  excels  in  the  technical  analysis  of project  issues  and  brings  recommended  solutions  that  are technically  sound,  covering all  the angles,  resulting  in a win win  for  all  parties  involved. He  also  brings  a  very  analytical approach to his duties which brings consistent results. Mr. Caride has the right perspective in attacking construction project  issues.  He  not  only  knows  the  specifications  and contract requirements for each type of work assigned, but he also knows when to escalate the issue should it be necessary. Additionally,  Mr.  Caride  excels  at  approaching  the contractor’s staff about observed issues, discussing immediate resolutions and reporting any conflicts timely and clearly. See page 769 for additional information  

communication  and  coordination  are  crucial  for  any  type  of contract, especially a high‐profile reconstruction project, as is Wiles  Road.  RJB will  be  actively  involved  in  the  day  to  day operations,  and  engage  with  Broward  County’s  Project Management staff and our sub consultants on a regular basis to discuss project  issues,  such as  the work progress, address field  RFIs,  track  shop  drawings,  and  monitor  the  project schedule  in  the most effective and efficient manner. RJB will establish a Line of Authority and a Line of Communication for this project and discuss from the onset with all parties at the preconstruction meeting. One month prior to the start of the project, David Romano along with Greg Landgraf will have a prework  meeting  with  the  project  team  personnel  and  1) communicate Broward County’s project‐specific objectives, 2) ensure each person has an up‐to‐date working knowledge of the  latest project and  construction documents  to  fulfill  their duties  timely  and  responsibly,  3)  ensure  each  person  has necessary  equipment  to  perform  their  task  assignment successfully, 4) make each person aware about  their  lines of authority  and  lines  of  communication  specific  to  the  project and 5) last but not least, confirm with all personnel that they are  responsible  for  the  quality  of  service  throughout  the assignment  and  should  adhere  to  Broward  County’s procedures  and  guidelines.  Most  importantly,  maintaining jobsite and public safety  is  imperative at all  times. Based on our  past  experience,  RJB  will  deploy  a  checklist  for  each assignment  to verify  the  inspectors have  the necessary  tools to perform their duties.         See page 146 for additional information  

Page 9: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    9 

 

4. Quality Control: Describe  the  firm’s  techniques  to  CEI  quality  control. At  a minimum  describe  the  firm’s  technique  to  control  contract  documentation,  including  record  keeping, material  testing  for  comparison/acceptance,  verification  inspection/testing  of  the work, communication process, and assurance of accurate final as‐built drawings. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Quality Control QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL Eisman & Russo is committed to the promotion of quality and professional  excellence.  We  believe  that  outstanding performance  begins  with  individual  commitment  to  quality and  the  firm’s  commitment  to provide  its  client with quality service.  Our  QA/QC  Team  includes  highly  experienced individuals such as J. Scott Gombar, PE,  Ido Shimony, PE, and Chris Charvat to perform quality reviews to assure compliance with all aspects of the scope of work. The QA/QC reviews will follow a specific QA Plan that will be prepared and submitted specifically  for  this  project.  The  plan will  include  our  team’s organization  for providing  the  reviews, details on our  review process, records generated from the reviews, and certification that the review process was conducted in accordance with the County’s procedures. The quality reviews will be submitted to Mr. Michael Hammond, P.E. and will  include compliance with specific quality assurance provisions. Our  team  of  seasoned  inspectors  know  their  roles  and responsibilities. They will each be prepared with the necessary tools  to  do  their  job  effectively.  They will  each  have  laptop computers  with  air  cards  and  smartphones.  They  will  have access to the project files through a project specific SharePoint site which will be used for documentation storage and control. They will have all of the governing contract documents as well as  the  statewide  guide  lists  in  their  vehicles  for  use  and reference. We will  utilize  our GoPro Hero3  video  camera  to document  preconstruction  conditions,  monthly  progress throughout  construction and project  completion.  In addition, aerial  photography will  be  performed monthly  to  document construction progress.    

Quality Control Techniques  to  CEI  quality  control  to  control  contract documentation,  including  record  keeping, material  testing for  comparison/acceptance,  verification  inspection/testing of  the  work,  communication  process,  and  assurance  of accurate final as‐built drawings: Our Team utilizes a document management system that is on a remote access server and gets backed up daily. We will scan all documents, such as C‐22 cards for material testing, into the system and categorize  it with a master project  item  list. Our CSS,  Ryan  Santiago  has  the  proven  track  record,  experience and knowledge to ensure documentation of all pay items, as‐built  drawings,  material  testing  and  tracking  are  done correctly. Mr.  Santiago will diligently  track all materials and will  get  with  the  inspection  staff  and  review  all  the certifications  and  sampling  frequencies  for  the  projects materials. He will make sure  that  the Concrete, Asphalt, and Earthwork  QC  Plans  are  turned  in  and  approved  prior  to placing  any  concrete,  asphalt,  or  earthwork  on  the  project. The  inspection  staff  will  make  sure  that  both  the  Quality Control  and  Verification  earthwork  record  systems  (density logbooks) are checked on a weekly basis and our QC/QA staff reviews them monthly.  Request for Information and Submittal ‐ We will track all RFI’s generated  by  the  Contractor  by  immediately  contacting  the EOR,  if there  is an  issue that needs resolution that cannot be resolved  in the  field. We will ensure that there  is no delay  in the  review process with submittals. Mr. Santiago will  receive all submittals and forward them to EOR  immediately. He will keep  a  detailed  submittal  log  and  make  sure  to  send reminders, via email, on a weekly basis. Additionally, he will ensure  that all plan  revisions are  tracked and distributed  to the entire staff and contacts. Progress  Estimates–Mr.  Santiago  will  make  sure  that  all record  keeping  is  up‐to  date  prior  to  running  a  progress estimate.  With  his  strong  back  ground  as  a  CSS,  he understands  exactly  what  will  be  needed  to  properly  and accurately  document  this  project.  He  will  ensure  that  the electric  field books, as‐built plans,  time  file, weather  letters, CPPR’s, and monthly certifications. The  F&J  Team  is  committed  to  the  highest  quality  and professional  excellence  and  has  the  resources  to  assure  the 

Quality ControlOur  approach  to  quality  starts  with  the  development  of  a Project Management Plan  (PMP) which outlines how  specific actions  (inspections,  documentation,  communications,  etc.) will be completed by our Team. The PMP will be supplemented by a QA/QC Plan  to ensure  that we are providing  the  results expected  from Broward County,  including but not  limited  to, fulfilling  the  Project  objectives  for  time  and  money  and executing  the  Project with  the  quality  standards  specified  in the  contract  documents.  The  PMP  addresses  activities  from award to Project closeout and at a minimum will ensure that: • There is a detailed documentation of all Project activities •  The  material  testing  criteria  are  clearly  understood  and   followed • The verification Inspections are performed as required •  There  is  a  communication  plan  that  is  understood  and reinforced by all parties • Plan changes and as‐built conditions are fully documented What  follows  is a brief description of sections  form our PMP and excerpts  from our QA/QC Plan that give an  indication of how these activities will be monitored. Documentation and Recordkeeping MEI will provide accurate and thorough documentation of all Project activities. Work will be documented in the Daily Work Reports,  field  books,  photographs,  video,  or  any  other necessary  form(s) appropriate  to  the Project. Documentation will be reviewed on a daily basis by Mr. Guzman, and copies will be uploaded  to a SharePoint  site  for  immediate  internet access  by  MEI  and  Broward  County  staff.  All  hard  copy correspondence received from the contractor will be scanned, labeled,  and  catalogued  into  a  database/spreadsheet.  Our quality control of this activity will include, but is not limited to: 

Comparing  hardcopy  submittals  to  scanned documentation 

Comparing  received  deliverables  to  expected deliverables 

Reviewing the actual and expected response times to submittals 

Review photos and  video  for Project  record‐keeping applicability 

Material and Work Acceptance (Verification Testing) The Material and Work Acceptance criteria will be thoroughly 

Quality Control Our accomplished  incorrectly.  Our  proactive  philosophy emphasizes the early resolution of project  issues. An ongoing Quality Control (QC) process goes a long way identifying these key  issues early. RJB’s policy  is  to strive  for excellence  in  the quality and  the professional  services  that we provide  to our clients.  We  attain  this  objective  by  adhering  to  proven procedures  formulated  to  ensure  the  quality  of  contract deliverables.  These  procedures  have  been  customized  to specifically  meet  the  objectives  of  our  clients  and  include assessment procedures  to ensure uniformity and  consistency in  meeting  and  exceeding  overall  CEI  contract  quality requirements. Also, through the use of the latest technologies available and the efforts of our dedicated staff, RJB believes in providing  a  superior  service  to  Broward  County. Mr.  David Romano, PE will perform  the Quality Assurance  (QA)  reviews and monitor the performance of the assigned project staffing on a quarterly basis. The primary objective outlined in our QA Plan is to ensure an exceptional staff capable of performing at their  highest  level,  verifying  the  quality  of  the  Contractor’s deliverables  to be  incorporated  into  the project, and capable of monitoring all  related activities  to ensure compliance and conformance with the contract documents. There will be two types of QA Reviews  conducted by  the RJB  Team.  The  first type  is  a  Project  Level  Internal Audit  Review  performed  by the assigned CEI project  staff on a  regular basis  to evaluate the adequacy of staff, equipment and  resources, procedures, and documentation. The project  level QA will be  focused on critical requirements; these are to be used as indicators of the overall quality of the CEI and Management effort. The findings will be summarized and maintained in the Project‐level QA file at the CEI field office. The second type of QA review will be the Corporate‐Level  Audit  Review  performed  by  the  QA Manager. Corporate‐level project  reviews and administrative audits  will  cover  those  areas  identified  in  the  Scope  of Services.  The  Corporate‐level  review  will  also  consist  of  an assessment  category on  critical  requirements and will  follow the  same  procedure  as  used  for  the  Project‐level  review. At this  level,  corrective  actions  and/or  recommendations  for improvements  will  be  reported  and  the  findings  will  be summarized  and  submitted within  7  days of  performing  the audit to the County’s Project Manager. 

Page 10: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    10 

4. Quality Control: Describe  the  firm’s  techniques  to  CEI  quality  control. At  a minimum  describe  the  firm’s  technique  to  control  contract  documentation,  including  record  keeping, material  testing  for  comparison/acceptance,  verification  inspection/testing  of  the work, communication process, and assurance of accurate final as‐built drawings. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Broward County’s goals are met. We have  refined  the same successful  and  proven  throughout  our  long  history  of  CEI Project  Management  to  address  every  aspect  of  work  to exceed  the  requirements  of  our  Scope  of  Services  and  our closeout  process.  Our  QA/QC  Team  includes  two  highly experienced  industry professionals: Francis Chin Sr. P.E., and Osvaldo,  “Ossie”  Larrazabal,  P.E.  who  will  provide  Local QA/QC  oversight  for  this  project.  They  are  tasked with  the initial  and  biannual  reviews  of  the  Team  to  evaluate resources,  equipment,  certifications,  documentation,  and processes and  recommend  improvements. After each  review, a  detailed  report  will  be  sent  to  James  Jeffers,  SPE  and Michael  Hammond,  P.E.,  and  will  include  compliance  with specific  quality  assurance  provisions  of  the  contract.  The results  of  these  reports  will  be  utilized  to  develop management action plans to improve on‐the job performance. Guidelines will be followed as set  forth  in CPAM.  In addition, our QA/QC  staff will  performance  reviews  at  30%,  60%  and 90%  of  the  project  ensuring  pay  items  are  paid  correctly, materials  are  being  tested with  the  correct  frequencies  and the Contract is in compliance.  

reviewed by all  inspection personnel prior  to  the start of  the job. MEI will maintain a spreadsheet of all materials entering into  the work and will  track  the materials by date  received, quantity, type, and basis of acceptance. MEI will maintain and analyze  records  of  all  sampling  and  testing  completed. Our quality control of this activity will include, but is not limited to: 

Comparing  field  notes  against  the  material acceptance logs 

Comparing  basis  of  acceptance  against  contract standards 

Documentation  review  to  ensure  that  the  field reports for testing results are being submitted within one week (as required by the contract) 

Communications MEI will develop a communication plan that will facilitate the handling  of  information  in  the  most  effective  and  easiest manner  possible  (e‐mail  or  phone),  but  will  also  include instructions  for hardcopy correspondence.  It will dictate who to  be  is  included  on what  communication  and  how  certain correspondence  is  handled  within  MEI,  between  MEI  and Broward  County,  and  between  MEI  and  the  Contractor.  A draft  of  the  Communication  Plan  will  be  distributed  and discussed  at  the  Pre‐  Construction  Meeting.  Our  quality control of this activity will include, but is not limited to: 

Reviewing  e‐mail  and  hardcopy  correspondence  for inconsistencies 

Interviewing  Mr.  Hammond  regarding  the effectiveness of our Communication Plan 

As‐Builts MEI’s Senior  Inspector will keep an up‐to‐date as‐built record of  all  construction  activities  by  annotating  and  dating  the completion of activities on a field set of plans. Changes to the design set will be clearly annotated in red. Changes addressed and/or approved through a change order or RFI will be clearly noted as such. MEI will use this working field set to produce a clean  and  accurate  as‐built  record  drawing.  Our  quality control of this activity will include: 

Regularly  reviewing  the  field  set  of  plans  to  ensure changes are recorded as they occur. 

Reviewing  the  final as‐built drawings  for  the proper inclusion of details from the plan set. 

See page 772 for additional information 

RJB will  adhere  to  our  in‐house Quality Assurance  Program, establish and maintain all lines of communication between all interested parties, keep the public informed of all construction related  information,  monitor  and  closely  track  the construction  schedule, maintain  strict  coordination with  our internal staff as well as with Broward County, and ultimately ensure  that  the  contractor  builds  the  Wiles  Road  from Riverside Drive to Rock Island Road per the required plans and specifications, building codes ‐ and all within the construction budget and time. Our CEI Team will review the contractors Quality Control Plan for verification that it meets the overall intent of the contract documents,  perform  in‐house  and  laboratory  verification testing  of  materials  as  required,  verify  that  all  materials installed at the site meet or exceed the specifications, monitor the  delivery  and  placement  of  steel,  limerock,  asphalt, concrete  and  all  associated materials  for  adherence  to  the specifications,  perform  any  and  all  inspections  as required/requested  by  the  engineer  for  conformance.  The Team  selected  for  this  contract  possesses  the  experience required to bring this project to a successful completion. Our QC/QA Team will use established Guide Lists to evaluate the performance of the inspection staff which will cover all the major aspects of  roadway and bridge construction,  including materials  and  testing  requirements.  Additionally,  as  part  of our  QA  program,  we  will  develop  a  Final  Estimates  Guide specifically  for  this  project  to  review  the  CSS  and documentation  in  preparation  for  submittal  of  the  Final Project  Closeout  Package.  After  the  initial  30%  quality assurance evaluation,  the  staff will be  re‐evaluated again at approximately  the  60%,  90%,  and  100%  time  interval.  Our report will be  submitted  to  the County’s Project Manager  in written  form no  later than 1 week after the review has been performed. The intent of our QA Program and evaluation is to give the County sufficient confidence that the RJ Behar Team is  following  their  established  procedures,  and  maintaining accurate  and  error‐free  project  records  and  documentation. The following diagram illustrates in flowchart form our QA/QC processes.   See page 174 for additional information 

 

Page 11: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    11 

 

5. Workload of the Firm:  For the prime Proposer only,  list all completed and active CEI projects that Proposer has managed within the past five years. In addition,  list all projected projects that Proposer will be working on  in the near future. Projected projects will be defined as a project(s) that Proposer is awarded a contract but the Notice to Proceed has not been issued. Identify any projects that Proposer worked on concurrently. Describe Proposer’s approach in managing these projects. Were there or will there be any challenges for any of the listed projects? If so, describe how Proposer dealt or will deal with the projects’ challenges. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Workload of the Firm WORK LOAD OF FIRM Project:  SR‐7 from Fillmore to Stirling Road Status: Active Client: FDOT Project:I‐75 Express Lanes  Status: Active Client: FDOT Project: Widen HEFT from SW 288th  St to SW 216th St   Status: Active Client: Turnpike Project: Pembroke Road Improvements project  Status: Completed Client: Broward County Project: Eller Drive  Status: Completed Client: FDOT  Project: US‐27 ITS Project  Status: Completed Client: FDOT Bear Cut Bridge Status: Completed Client: Miami Dade County Project: Education Corridor Status: Completed Client: City of Coconut Creek Project: 57th Avenue Reconstruction Status: Completed Client: FDOT Project: Wabasso Road Widening and RRR Status: Completed Client: FDOT Project: NW 135th Street from 37th avenue to 47th avenue  Status: Completed Client: FDOT Project: US‐1 Young Circle to Sheridan Street RRR Hollywood  Status: Completed Client: FDOT   Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 289 for project list. 

Workload  of  the  Firm  with  challenges  and  approach  in managing them: Detailed list of Past, Current and future projects attached. Our Firm believes in Partnering with the Contactor to ensure a successful  project.  On  our  SR‐834  (Sample  Road)  from  NW 54th Ave. to Tradewinds Park Rd. project, the Contractor was struggling to create a recovery plan that was viable with the resources at hand. We had weekly scheduling meetings with the owners of  the  company  voicing our professional opinion and  received  commitments  for more  resources.  Through  the implementation of innovative practices, we were able to make up time and consequently won the 2012 FTBA award for Best Urban Project. Our SR‐A1A from the County Line to Seacrest Parkway project contained many  unique  features  in  a  high  visibility  corridor with  heavy  tourist  traffic.  This  contract  also  featured  a  JPA with  the City of Hallandale Beach which  called  for a distinct decorative sidewalk pattern to be  installed, as well as special street lights requiring a typical within the special caps for the micropile and miniature drilled  shaft  signal  foundations. We showed  initiative and worked with the Contractor to address these items early on to minimize the impacts to construction. As a result, this project was awarded the 2016 FTBA award for Best in Construction Partnering Award.                Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 406 for project list. 

Work Load of the FirmTitle: CEI Services  for SFRC Railroad over S. Fork New River Bridge Replacement Bridge #869924 County/City/Town: Broward County Project  Description:  Project  scope  includes  the  new construction of a rolling  lift bridge over the south fork of the new  river,  earthwork,  new  track  construction,  vertical construction concrete, and lighting improvements. Client: FDOT District 4 Contact: Hewrald Humes, PE Title: Construction Manager Phone/Email: 954‐940‐7505/[email protected] Project Date(s): 2013 – Present Estimated Construction Cost: $22.0 Million Design Fee: N/A Services Provided:  (bullet  list okay) Construction Engineering and Inspection Services Title: CEI Services  for  I‐95/SR9 Bridge over South Fork New River in Broward County County/City/Town: Broward County Project Description:  Project  scope  includes  Structural Bridge repairs, installation of expansion joints, Installation of catwalk and  platforms,  and  coating  of  the  structural  steel  of  three main line bridges on I‐95 from Davie Blvd to SR 84. Client: FDOT District 4 Contact: Hewrald Humes, PE Title: Construction Manager Phone/Email: 954‐940‐7505 / [email protected] Project Date(s): 2013 – Present Estimated Construction Cost: $18.8 Million Design Fee: N/A  Services Provided: (bullet list okay) Construction Engineering and Inspection Services       Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 774 for additional work Load of the Firm 

Work Load of the Firm  It  is  not  uncommon  to  have  RJB work  on multiple  projects concurrently. This  is a very common practice. Each project  is assigned a core project team, which is made up of the Project Manager/Senior  Project  Engineer,  Project  Administrator, Contract  Support  Specialist,  and  Field  Technician/Inspectors. Similarly,  it  is  not  uncommon  to  have  the  Project Manager manage  multiple  projects.  For  smaller  projects  with  longer durations,  the  Sr.  Project  Engineer  may  be  working  on multiple  projects.  However,  on  larger  projects,  such  as  the proposed Wiles  Road  project, we  are  proposing  the  Project Engineer,  Contract  Support  Specialist,  and  the  Field Technician/Inspectors and  they will be  fully dedicated  to  the project, because of the complexity of the project and the 650 calendar  day  duration  requirement.  RJB’s  project management  approach  for managing  concurrent  projects  is best described as being  involved, pro‐active, and  responsive. While we may have multiple concurrent projects going on at the  same  time  as  this  project,  there  is  no  interference  from one  project  to  another,  as  we  have  several  full‐staffed  CEI Project  Teams,  each  assigned  to  their  projects  respectively. With the exception of the Senior Project Engineer, there is no sharing or overlapping of project personnel between our other projects. Our proposed Project Manager ‐Sr. Project Engineer, Mr.  David  Romano,  P.E.,  will  be  directly  involved  in  the project,  approximately  15%  and  will  be  responsible  for overseeing  the  entire  CEI  operation,  administration, management,  and  quality  control/quality  assurance  of construction  for  the  Wiles  Road  Project.  Typically,  Mr. Romano works on two to three active projects at a time, while having  his  core  team  members  consisting  of  the  Project Engineer,  Contract  Support  Specialist,  and  Field  Inspectors, handle the project day‐to‐day operations.  Project  Team  Meetings  ‐  RJB  holds  regularly  scheduled Weekly  (In‐House)  Meetings  with  all  of  RJB’s  Project Managers  to  ensure  that  all  of  the  company’s  projects milestones  are  adhered  to.  These weekly meetings  are  very effective and allow RJB to keep up with all aspects of all of the company  projects.  Our  Weekly  Meetings  Spreadsheet addresses  project  "action  items",  project  budget  status, staffing  requirements and  the  status of  the milestone dates. Please Refer to Proposal J2112395P1 submittal page 177 for additional work Load of the Firm

Page 12: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    12 

 

6.  Willingness to Meet Time and Budget Requirements:  State the Proposer’s willingness to meet the project’s completion date requirement and willingness to keep project total costs below the project budget.  Completion Date Requirement: 18 months construction schedule.  Project Budget: $1,200,000.  YES = 2 Points NO = 0 Points 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Willingness to Meet Time and Budget Requirements E&R  is  committed  to  meeting  both  time  and  budget requirements on Wiles II for Broward County. E&R has a long history  in exceeding our clients’ expectations while delivering a quality product that is cost effective and on time. Our team manages projects by providing proactive solutions to keep the construction  efforts moving  forward. Our  team’s  experience on  similar  projects  allows  us  to  establish  trust  and  look  at things from a constructability perspective. Our team’s pledge is to quality; we will consistently meet Broward County’s goals for  contract  time, budget and  timely  submittals and  commit to the same for this signature project. Our recently completed Pembroke  Road  project  was  completed  on  time  and  under budget. 

Willingness to Meet Time and Budget Requirements:State  the  Proposer’s  willingness  to  meet  the  project’s completion date  requirement and willingness  to keep project total costs below the project budget. Completion  Date  Requirement:  18  months  construction schedule. Project Budget: $1,200,000. YES,  our  Firm  will  meet  the  project’s  completion  date requirement  of  18  Months  and  keep  project  total  costs below the project budget of $1,200,000.00 

Willingness to Meet Time and Budget RequirementsSchedule Compliance and Monitoring MEI’s  staff  is  intimately  familiar  with  Critical  Path Methodology  (CPM)  and  will  review  and  analyze  the Contractors schedule before the Project begins and at regular intervals  throughout  construction.  During  each  schedule review MEI will  follow  an  established  procedure  outlined  in our PMP to compare the Contractors actual progress against their planned schedule. Activities on the critical path that are behind  schedule  will  be  brought  to  the  attention  of  the Contractor  for  immediate  resolution.  Should  the  schedule or contract  time  be  in  jeopardy  of  failing  to meet  the  Project objectives,  MEI  will  take  immediate  action  to  assist  and require the contractor to bring the Project back on track. Schedule Reviews MEI will  review  the baseline  construction  schedule and each subsequent  schedule  to  ensure  that  it  includes all  necessary activities,  critical  submittal  dates,  progress milestones,  long lead  items,  and  a  completion  date  within  the  allocated construction time of 18 months. We will analyze the schedule for  logical  relationship  between  tasks  and  appropriate  task durations. Any questionable  issues with  the  schedule will be documented to the Contractor for review, explanation and/or corrections.  After  the  start  of  construction,  MEI  will continuously  monitor  the  schedule  by  first  estimating  the progress of each activity currently underway. Activity progress is  recorded  by  our  Inspectors  on  a  daily  basis  and  the information  is made available  to Mr. Rush and Mr. Guzman during  schedule  reviews.  Field  activities,  some  expected and some  unexpected,  that  could  possibly  impact  schedule (weather  days,  equipment  breakdowns,  traffic  accidents, presence  of  contaminated  materials)  will  be  continuously recorded and reported to Mr. Hammond.  See page 786 for additional information  

Willingness to Meet Time and Budget RequirementsThe  RJB  Team  has  an  excellent  record  in  Construction Administration  of  Roadway  Construction  Projects  in  highly urbanized areas, and will administer the project efficiently and effectively  to ensure  that  the project  is completed within  the contract time and budget. As soon as the project is assigned by the County, RJB’s Project Manager/Senior  Project  Engineer,  Mr.  David  Romano,  will immediately  review  the  designated  project  budget,  paying close  attention  to  the  cost  breakdown,  as  identified  by assigned  personnel,  manpower  allowance,  equipment  and direct  expenses,  overhead,  and  FCCM.  For  cost  control  and budget  management,  RJB  utilizes  a  job  cost  accounting program  that  tracks  all  project  charges  as  they  come.  The name  of  the  program  is  Deltek,  customized  specifically  for Architectural/Engineering firms. This format is then translated into  our  accounting  system  and  reflected  in  our  progress reports supplied to our clients and summarized  in the project tracking spreadsheet, which is then reviewed with the County staff  at  each monthly  progress meeting. RJB will  be  able  to closely track the financial status of the contract at any point in time.  Mr.  Romano  will  notify  the  County  that  the  work  is nearing  completion  and when  the  task  assignment  funds  or time is expiring. 

 

Page 13: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    13 

 

7.  Volume of Previous Work: Refer to Volume of Previous Work Attestation Form and the Volume of Previous Work Attestation Joint Venture Form and submit as instructed. The calculation for Volume of Previous Work is all amounts paid to the prime Proposer by Broward County Board of County Commissioners at the time of the solicitation opening date within a five‐year timeframe. The calculation of Volume of Previous Work for a prime Proposer previously awarded a contract as a member of a Joint Venture firm is based on the actual equity ownership of the Joint Venture firm. Three points will be allocated to Proposers paid $0 ‐ $3,000,000); 2 Points will be allocated to Proposers paid $3,000,001 ‐ $7,500,000; 1 Point will be allocated to Proposers paid $7,500,001 ‐ $10,000,000; 0 Points will be allocated to Proposers paid over $10,000,000). Payments for prime Proposers will be verified by the Purchasing Division. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Volume of Previous Work  Eisman & Russo has only had one active project with Broward County in the past 5 years: Pembroke Road (Project No. 5255). 

Volume of Previous Work: Volume of Previous Work Attestation Form and the Volume of Previous Work Attestation Joint Venture Form are submitted in Bidsync.  

Volume of Previous Work Have been Uploaded to BidSync 

VOLUME OF PREVIOUS WORK ATTESTATION FORMThe completed and signed  form should be  returned with  the Vendor’s submittal. If not provided with submittal, the Vendor must  submit within  three business days of County’s  request. Failure to provide timely may affect the Vendor’s evaluation. This  completed  form  must  be  included  with  the  Vendor’s submittal at the time of the opening deadline to be considered for a Tie Breaker criterion (if applicable). The  calculation  for Volume  of  Previous Work  is  all  amounts paid to the prime Vendor by Broward County Board of County Commissioners  at  the  time  of  the  solicitation  opening  date within  a  five‐year  timeframe.  The  calculation  of  Volume  of Previous  Work  for  a  prime  Vendor  previously  awarded  a contract as a member of a Joint Venture firm  is based on the actual equity ownership of the Joint Venture firm. In  accordance with  Section  21.31.d.  of  the  Broward  County Procurement Code, the Vendor with the  lowest dollar volume of work previously paid by the County over a five‐year period from  the  date  of  the  submittal  opening will  receive  the  Tie Breaker. Vendor  must  list  all  projects  it  received  payment  from Broward  County  Board  of  County  Commissioners  during  the past five years. If the Vendor is submitting as a joint venture, the  information provided should encompass the  joint venture and each of the entities forming the joint venture. The Vendor attests to the following: Project: Atlantic Blvd at Rock Island Road.  Solicitation#: RLI20031090‐0‐TE‐0 Division: Highway Construction & Engineering.  Date awarded: 01/3/2011 Paid to Date: $257,447.28 Project: Hillsboro Blvd at Military Trail Solicitation#: RLI20031090‐0‐TE‐0 Division: Highway Construction & Engineering. Date awarded: 01/3/2011 Paid to Date: $257,447.28  

 

 

Page 14: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    14 

VENDOR QUESTIONNAIRE FORM 1. Legal business name:  

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Eisman & Russo, Inc.  F&J Engineering Group, Inc  Metric Engineering, Inc.  R.J. Behar & Company, Inc 

 

2. Federal Employer I.D. no. (FEIN): 3. Dun and Bradstreet No.: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Federal Employer I.D. no. (FEIN): 59‐2606484 Dun and Bradstreet No.: 18‐796‐8110 

Federal Employer I.D. no. (FEIN): 27‐2150496 Dun and Bradstreet No.: 031791385  

Federal Employer I.D. no. (FEIN): 59‐1685550 Dun and Bradstreet No.: 083104604 

Federal Employer I.D. no. (FEIN): 65‐0954070 Dun and Bradstreet No.: 11‐568‐2549  

 

4. Doing Business As/ Fictitious Name (if applicable): 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

N/A  N/A  N/A  N/A 

 

Page 15: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    15 

 

5. Website address (if applicable): 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

www.eismanandrusso.com  www.fj‐group.com  www.metriceng.com  www.rjbehar.com 

 

6. Principal place of business address: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

8761 N Lake Dasha Dr. Plantation, FL 33324 

13940 SW 136th St. Miami, FL 33186 

6861 SW 196th Avenue, Suite 302 Pembroke Pines, Florida 33332 

 

7. Office location responsible for this project:: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

Atkins North America, Inc. 4030 W. Boy Scout Boulevard 

Tampa, FL 33607 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

6067 Hollywood Blvd. #200 Hollywood, FL 33024 

8761 N Lake Dasha Dr. Plantation, FL 33324 

3601 West Commercial Blvd. Fort Lauderdale, FL 33309 

6861 SW 196th Avenue, Suite 302 Pembroke Pines, Florida 33332 

 

Page 16: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    16 

 

8. Telephone no.: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Telephone no.: 904‐733‐1478  Fax no.: 904‐636‐8828 

Telephone no.: 786‐385‐2372 Fax no.: 786‐866‐9382 

Telephone no.: 305‐216‐594 Fax no.: 305‐235‐5271 

Telephone no.: 954‐680‐7771 Fax no.: 954‐680‐7781 

 

9.TYPE OF BUSINESS (check appropriate box): 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Corporation (Specify the State of Incorporation): Florida 

Sole Proprietor Limited Liability Corporation 

(LLC)  Limited Partnership 

General Partnership (State and County filed in)  Other‐ Specify 

Corporation (Specify the State of Incorporation): Florida 

Sole Proprietor Limited Liability Corporation 

(LLC)  Limited Partnership 

General Partnership (State and County filed in)  Other‐ Specify 

Corporation (Specify the State of Incorporation): Florida 

Sole Proprietor Limited Liability Corporation 

(LLC)  Limited Partnership 

General Partnership (State and County filed in)  Other‐ Specify 

Corporation (Specify the State of Incorporation): Florida 

Sole Proprietor Limited Liability Corporation 

(LLC)  Limited Partnership 

General Partnership (State and County filed in)  Other‐ Specify 

 

10. List Florida Department of State, Division of Corporations document number (or registration number if fictitious name): 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

H85663  P10000024624  509621  P99000088184 

 

Page 17: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    17 

 

11. List name and title of each principal, owner, officer, and major shareholder: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc.8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

a) Antonio J. Mahfoud, PE, President / CEO b) Michael Greene, Vice President / CFO, Secretary, Treasurer 

a) Francis R. Chin Jr. / President b) Lachmee Chin / Secretary 

a) Victor M. Benitez, CEO b) Manuel A. Benitez, President c) Mariley Perez, COO & Secretary d) Felix Rodriguez, Vice‐President 

a)Robert J. Behar, PE ‐ President/CEO b) Juan H. Vazquez, PE, PH, BCEE ‐ Vice‐President 

 

12. AUTHORIZED CONTACT(S) FOR YOUR FIRM: 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

Name: Michael Greene Title: Vice President / CFO Telephone Number: 904‐733‐1478 Fax Number: E‐mail: [email protected] Name: Scott Gomba Title: VP / Senior Project Engineer Telephone Number: 954‐931‐6799 Fax Number: E‐mail: [email protected] 

Name: Francis R Chin Jr Title: President Telephone Number: 786‐385‐2372 Fax Number: 786‐866‐9382 E‐mail: fchin@fj‐group.com Name: Francis R. Chin Sr., P.E. Title: Sr. Project Engineer Telephone Number: 954‐868‐7090 Fax Number: 786‐866‐9382 E‐mail: fchinsr@fj‐group.com 

Name: Felix Rodriguez Title: Vice‐President, South Florida CEI Telephone Number: 305‐216‐5944 Fax Number: 305‐235‐5271 E‐mail: [email protected] 

Name: Robert J. Behar, PE Title: President/CEO Telephone Number: 954‐680‐7771 Fax Number: 954‐680‐7781 E‐mail: [email protected] Name: Juan H. Vazquez, PE, PH, BCEE  Title: Vice‐President Telephone Number: 954‐680‐7771 Fax Number: 954‐680‐7781 E‐mail: [email protected] 

 

13. Has your firm ever failed to complete any services and/or delivery of products during the last three (3) years? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

Page 18: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    18 

 

14. Is your firm or any of its principals or officers currently principals or officers of another organization? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES 

NO  YES  NO 

YES  NO 

 

15. Have any voluntary or involuntary bankruptcy petitions been filed by or against your firm, its parent or subsidiaries or predecessor organizations during the last three years? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

16. Has your firm, its principals, officers or predecessor organization(s) been debarred or suspended by any government entity within the last three years? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

Page 19: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    19 

 

17. Has your firm’s surety ever intervened to assist in the completion of a contract or have Performance and/or Payment Bond claims been made to your firm or its predecessor’s sureties during the last three years? If yes, specify details in an attached written response, including contact information for owner and surety. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

18. Has your firm ever failed to complete any work awarded to you, services and/or delivery of products during the last three (3) years? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

19. Has your firm ever been terminated from a contract within the last three years? If yes, specify details in an attached written response. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

YES  NO 

 

Page 20: for (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and (CEI ...€¦ · Jacksonville, Miami,FL 32217 F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive Plantation, FL 33324 Metric

Request for Proposal (RFP) No. J2111758P1 Construction Engineering and Inspection (CEI) Services for Wiles Road From Riverside Drive to Rock Island Road 

Evaluation Matrix  

1/2017 

    20 

 

20. Living Wage solicitations only: In determining what, if any, fiscal impacts(s) are a result of the Ordinance for this solicitation, provide the following for informational purposes only. Response is not considered in determining the award of this contract. Living Wage had an effect on the pricing. If yes, Living Wage increased the pricing by % or decreased the pricing by %. 

Eisman & Russo, Inc. 6455 Powers Avenue Jacksonville, FL 32217 

F&J Engineering Group, Inc. 8761 North Lake Dasha Drive 

Plantation, FL 33324 

Metric Engineering, Inc. 13940 SW 136th Street 

Miami, FL 33186 

R. J. Behar & Company, Inc. 6861 SW 196 Avenue, Suite 302 

Pembroke Pines, FL 33332 

YES 

NO  N/A 

YES 

NO  N/A 

YES 

NO  N/A 

YES  NO  N/A 

 


Recommended